tender document 22112012 - anna university · specified in the tender data sheet or any other date...

22
1 TENDER DOCUMENT FOR SUPPLY and INSTALLATION of 1. NETWORKING CORE SWITCH 2. SERVERS 3. SAN STORAGE 4. HPC GRID CLUSTER Ramanujan Computing Centre Anna University, Chennai – 600 025

Upload: others

Post on 20-Mar-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  1

 

 

 

TENDER DOCUMENT FOR SUPPLY and INSTALLATION of

1. NETWORKING CORE SWITCH

2. SERVERS

3. SAN STORAGE 4. HPC GRID CLUSTER

Ramanujan Computing Centre

Anna University, Chennai – 600 025

  2

    

A. TENDER NOTICE 

Invitation to Bid for Supply and installation of Networking Core Switch, Servers, SAN Storage and HPC Grid Cluster 

1.  Tender Inviting Authority Designation 

and Address 

The Registrar, 

Anna University, Chennai ‐600 025. 

Email: [email protected] 

URL : www.annauniv.edu/tender  

A) Name of the Work  Purchase and installation of Networking Core Switch, Servers, SAN Storage and HPC Grid Cluster   

B) Tender reference  AU/ CPC‐ RCC/Switch/Server/Storage/ HPC 2012‐13 

2. 

C) Place of execution  Main and MIT Campuses, Anna University, Chennai. 

3.  Tender Documents available place   On all working days between 10.00 A. M to 4.30 P.M @ 

Ramanujan Computing Centre, Anna University,  

Chennai – 600 025. 

Alternatively, Tender documents can be downloaded at free 

of cost from www.annauniv.edu/tender  and 

http://tender.tn.gov.in  

4.  Earnest Money Deposit (EMD)  Rs. 60,000/‐ (Rupees Sixty Thousand only) 

Demand Draft or Banker’s cheque. 

5.  Due Date, Time and place of 

submission of tender 

Upto 07.12.2012 at 1.00 P.M  

Computer Purchase Committee, Ramanujan Computing 

Centre, Anna University, Chennai ‐600 025. 

6.  Date, Time and Place of Tender 

Opening of the Technical Bids 

On 07.12.2012 at 3.00 P.M at Ramanujan Computing Centre, 

Anna University, Chennai‐600 025. 

7.  Date, Time and Place for opening of 

the Price Bids 

Will be intimated to the Technically Qualified Bidders only. 

8.  1. Eligibility Criteria: Please refer to the Tender Document. 

2. Two Bid System (i.e.) Stage‐1 Technical bid; Stage‐2 Price Bid opening. 

3. Tenders received after due Date and Time will be summarily rejected. 

4. Contact Phone Nos.:  044 – 22358033, 22358003. 

E‐Mail: [email protected] ; URL: www.annauniv.edu/tender  

  3

   

 

Checklist for Enclosures  

(Bidder should fill up YES or NO without fail)  

 Sl. No:  Bid Enclosures  YES or NO 

1.  Whether Technical Bid (Envelope‐A) and Price Bid (Envelope‐B) prepared and 

signed and stamped in all pages by the Authorized Signatory? 

 

2.  Whether EMD is put in the Technical Bid (Envelope – A)?   

3.  Whether  the  Tender  is  submitted  in  Two  covers  namely  Technical  Bid 

(Envelope‐A) and Price Bid (Envelope‐B)? 

 

4.  Whether Two covers are put into an outer cover duly closed with VAX sealed 

properly? 

 

5.  Whether Technical Bid (Envelope‐A) contains the following   

5.1  Bidder’s  covering  letter  in  the  Letter  Head  signed  and  stamped  by  the 

Authorized Signatory. 

 

5.2  Whether Document proof for Annual Turn Over Enclosed?   

5.3  Whether list of Technical Staff Details Enclosed?   

5.4  Proof  regarding  the  firm  is  involved  in  the  supply  and  installation  of 

Networking  Switches,  Servers,  SAN  Storage  and HPC Grid Cluster  (copies of 

Purchase Orders) Enclosed? 

 

5.5  Whether  proof  that  the  firm  has  atleast  one  service  centre  in  Chennai 

Enclosed? 

 

5.6  Whether Document relating to TIN and Sales Tax Enclosed?   

5.7  Whether OEM Certification is Enclosed?   

5.8  Whether related Technical Data Sheets  for Networking Core Switch, Servers, 

SAN Storage and HPC Grid Cluster are enclosed? 

 

6.  Whether Price Bid (Envelope‐B) contains the following   

6.1  Dully filled Price Bid which is signed and stamped by the Authorized Signatory 

put inside the Envelope ‐ B? 

 

         

  4

 1. ELIGIBILITY CRITERIA 

     The Bidders  should meet  the  following Eligibility Criteria  to participate  in  the Tender and  should 

enclose supporting documents for fulfilling the Eligibility in the Technical Bid. It is the responsibility of the company 

to  satisfy  the  Anna  University  norms  regarding  genuineness  and  validity  of  the  document  furnished.  Bids 

accompanied by the documents not fulfilling the requirements outlined in this section will be subject to rejection. 

Sl. 

No: 

Minimum Eligibility Criteria  Supporting documents to be submitted for 

fulfilling the Eligibility Criteria 

Yes or No 

1.1  Bidder  should be a Registered  company  in  India and existing  for the past Five years in India 

Registration Certificate should be submitted.                                                                                                  

 

Bidder shall be providing    the  following  facilities at least for the last three years 

1.2 

 

1.2.1  Networking   

 

1.2.2  Servers   

1.2.3  SAN Storage   

1.2.4  HPC Grid Cluster System  

   i. Copy of the Single Purchase Order to the value of  Rs.25  lakhs  or  above  during  the  last  three years (for each item). ii.  Copy  of  the  purchase  orders  totalling  to  the value  of  Rs.75  lakhs  or  above  during  the  last three years put together (for each item). 

 

1.3  Bidder  should have an average Annual Turnover of  at  least  Rs.2  Crores  in  the  previous  three audited years 

Annual Report including Balance Sheet and Profit & Loss accounts  for  the  last  three audited years shall be submitted. 

 

1.4  

 

The  company  or  tenderer  should  have  Good Strength of Service Engineers in the relevant field of Quoted  item. However  the  firm  should  have atlest one service centre at Chennai.  At the Chennai centre the firm quoting for all the items or partially the firm should have 5 certified Engineers,  out  of  which  atleast  1  certified Engineer  in  the  relevant  of  the  facilities  above (1.2).   

List of technical staffs shall be submitted (Name, Designation,  Salary  Details  and  Date  of  joining the Firm, certification obtained in).    

 

1.5  Bidder should have valid sales tax/TIN/Service Registration Number. 

Valid  Documents  for  TIN/Service  Registration Number shall be submitted. 

 

1.6  The vendor  can  quote part ia l ly  or   for  al l   the   i tems  mentioned  in  the  given  Bill of Material and separate purchase order will be issued for each item – Subject to conditions 1.2, 1.3 and 1.4. 

 

1.7  OEM (Original Equipment Manufacturer) Certification and product support. 

Copy   of    the   OEM’s   Certification authorizing  the   Vendor    as    local partner/representative in India  for  the  supply  and  installation  of  items indicated in the Tender Documents. Further  the  OEM  should  give  undertaking  for atleast  five  years  product  support  directly  or through their authorized dealers/vendor.  

 

  5

         BID PREPARATION AND SUBMISSION 

 The Bid should be submitted in two parts viz Technical Bid (Envelope‐A) and Price Bid   (Envelope‐B) as 

explained below.  

Each bid will be treated and evaluated separately. 

TECHNICAL BID (ENVELOPE – A) 

The Technical Bid format as given in the Tender shall be filled, signed and stamped on all pages. Errors if 

any shall be attested by the Bidder.  The Bid will be summarily rejected, if there is any indication of price in 

the  Technical Bid. Any  alterations,  deletions  or  overwriting  shall  be  attested with  full  signature  of  the 

authorised signatory. 

Any alterations, deletions or overwriting shall be attested with full signature of the authorised signatory. 

The Technical Bid with supporting documents and the EMD covers should then be put in a separate cover 

and sealed appropriately. The Technical Bid cover should be superscribed as “Technical Bid (Envelope‐A) 

for supply and installation  of Networking Core Switch, Servers, SAN Storage and HPC Grid Cluster – 

Tender No._____________________________due _____________. The “FROM address” and “TO” 

Address” should be clearly written in the cover otherwise the Bid is liable for rejection. 

PRICE BID (ENVELOPE – B) 

All the Price items(quoted in Indian Ruppee) as asked in the Tender should be filled in the Price Bid 

format as given in the Tender. 

The Bid is liable for rejection if Price Bid contains conditional offers / partial offers. 

The Price Bid shall be typed, signed and stamped  in all pages by the authorised signatory of the Bidder. 

Any alterations, deletions or overwriting shall be attested with full signature of the authorised signatory. 

The  Price  Bid    shall  be  put  in  a  separate  cover  (Envelope‐B)  and  sealed  appropriately.  The  Price  Bid 

cover(Evvelope – B) shall be superscribed as  “Tender supply and installation  of Networking Core Switch, 

Servers,  SAN  Storage  and  HPC  Grid  Cluster  –Tender 

No.________________________________________________due  on_____________”.  The  “FROM 

address” and “TO” Address” shall be written without fail, otherwise the Price Bid is liable for rejection. 

OUTER COVER 

The Technical Bid cover including EMD Cover (Envelope‐A) and Price Bid cover (Envelope‐B) shall then be 

put  in  a  single  outer  cover  and  sealed  appropriately  by  use  of  sealant.  The  outer  cover  shall  be 

superscribed as “Tender  supply and  installation   of Networking Core Switch, Servers, SAN Storage and 

HPC  Grid  Cluster  –  Tender  No:  ___________________________________________  due  on 

___________”.  The  “FROM”  address  and  “TO”  address  shall  be  written  without  fail  otherwise  the 

Technical Bid is liable for rejection. 

  6

 

MODE OF SUBMISSION OF BIDS                                                                                                                      

     

(a) The Bid should be submitted strictly as specified in the Tender document. The  Bids should 

be  submitted  in  the  Office  of  the  Ramanujan  Computing  Centre,  Anna  University,                

Chennai‐600 025 on or before the due date and time.  

(b) If  the  Bidder  prefers  to  submit  the  Bid  by  post,  the  Bidder  should  ensure  that  the  Bid 

reaches  The  Convener,  Computer  Purchase  Committee,  Ramanujan  Computing  Centre, 

Anna University, Chennai‐600 025 on or before the due date and time. Anna University will 

not be liable or responsible for any postal delay or any other delay whatsoever. 

(c) If  any  Bid  is  received  after  due  date  and  time  or  unsealed  or  disorderly  submitted  or 

received by Facsimiles (FAX), the Bid will be treated as non responsive. 

 

MODIFICATION AND WITHDRAWAL OF BIDS 

 

                            The Bids once submitted cannot be modified or amended or withdrawn. No documents would be 

supplemented after submission of Bids. 

 

TECHNICAL BID OPENING 

                                 

       The  Tender  outer  cover  and  Technical  Bid  cover  including  EMD  cover  will  be  opened  at                 

the  office  of  Ramanujan  Computing  Centre,  Anna  University,  Chennai  on  the  date  and  time  as                 

specified  in  the Tender Data sheet or any other date published  in  the Anna University website. The 

Tender will be opened in the presence of the Bidders who choose to be present. The representative of 

the Bidder who prefers to attend Tender opening shall bring an Authorization letter from the Bidder.  

      EMD:   

(a)The  EMD  amount(Rs.60,000/‐)  as  specified  in  the  Tender  Data  Sheet  should  be  paid  along with 

Technical        Bid  by way  of Demand Draft  or  Banker’s  cheque  drawn  from  any Nationalized  Bank  or 

Scheduled  Bank  in  India  and  in  favour  of    “The  Registrar,  Anna University,  Chennai‐25”  payable  at 

Chennai. No Bid shall be entertained without EMD. 

  (b) The EMD amount of the unsuccessful Bidders will be refunded after finalization of the Tender within a 

reasonable time. The EMD amount held by Anna University till it is refunded to the unsuccessful Bidders 

will not earn any interest thereon. 

 

  7

 

SCRUTINY DURING TENDER OPENING 

a) The scrutiny during the Tender opening will be held for the following. 

i) Whether  Tender  is  submitted  in  two  cover  system  viz.  Technical  Bid  Cover              

(Envelope – A) and Price Bid cover (Envelope – B) 

ii) Whether  required  EMD  amount  is  furnished  and  submitted  along  with      

Envelope ‐ A. 

b) All  Bids  fulfilling  the  above  conditions  alone will  be  considered  for  further  evaluation 

otherwise, the Bids will be treated as rejected. The decision of Anna University will be final 

in this regard. 

TECHNICAL BID EVALUATION 

a) The Technical Evaluation will be held on the compliance of the Bid with respect to the 

Tender conditions. 

b) The Bids will be held non‐responsive and rejected if the Bids do not comply with the 

Tender conditions, if the Bids do not conform to the Technical Specifications and if the 

Bids do not establish the eligibility, capability and experience of the Bidders. 

c) The Bidders who have duly fulfilled with the Technical requirements in the Technical Bid 

evaluation as above will be considered as Technically Qualified Bidders and they only will 

be eligible to participate in the opening of Price Bid. 

d) The Bids of the Bidders who have failed to meet the Technical requirements in the 

Technical Bid evaluation as indicated above will be rejected. 

PRICE BID EVALUATION 

1) The  Price  Bids  (Envelope‐B)  of  the  Technically  Qualified  Bidders  in  Technical  Bid   

(Envelope‐A) alone will be opened and evaluated. The Price Bids will be opened  in  the 

presence  of  the  Bidders  at  Anna  University.  The  Bidders  or  their  authorized 

representatives will be allowed to take part in the Price Bid opening. 

2) The Price Bid evaluation will be conducted as stipulated in the Tamil Nadu Transparency in 

Tenders Act 1998 and Tamil Nadu Transparency in Tenders Rules 2000 

a) The quoted price shall be corrected for arithmetical errors; 

b) In cases of discrepancy between the prices quoted in words and in figures, lower 

of the two shall be considered. 

                               3)        The lowest evaluated price as per the Bill of material above evaluation                                

                                           will be adjudged as L1 price. 

     

  8

    

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS 

     1.  Delivery Period: The delivery should be made within 4‐5 weeks from the date of receipt of  

          purchase order. 

  2.  Warranty: The entire item supplied by the vendor shall be guaranteed against any defects and the  vendor  should  provide  time‐to‐time  operational  maintenance  support  (On  Site                comprehensive Warranty). The said warranty should cover all the Hardware & Software Products. The warranty and  service  shall be provided directly  from  the manufacturer. The vendor  shall be liable to rectify any defects that may be found in the equipment supplied at free of cost. 

     3.  Installation: The installation should be done at the Anna University, Chennai at no extra cost.  

4.  Response  Time:  The  response  time  of  the  vendor  to  attend  to  any  complaint upon receipt  of  the complaint/information from the user should not be more than 24 hours. 

                        6.  The vendor must submit their tender document in the given format. Deviations from this format 

          will automatically disqualify the tender process.  

7.   Anna University  reserves  the  right  to  increase or  reduce  the quantity or  even withdraw  the tender without assigning any reasons thereof. 

 8.    Anna  University  reserves  the  right  to  cancel  the  contract  under  repeated  violations  of  the                

specified and mutually agreed QoS parameters.        9.  Anna University is not responsible for any delay in delivery of equipment.                 10. The items must be delivered and installed at the required locations at your own risk and cost.  

                 11. Any Proposal or Bid received after Bid submission date and time will not be entertained/                            considered. 

           12. The Successful vendor has to provide training for installation and configuration for the items       

                 supplied by them to the staff involved in the project. 

         

  9

   

SCHEDULE OF REQUIREMENTS 

       

Sl. No

Item Description Quantity in Nos.

 

A Networking Core Switch   01  

 

B Servers  08 

 

C  20 TB SAN Storage  01  

C1  8  Port SAN Switch  01 

C 1.1  Optional Items  

‐ 10 Meters Fiber Patch Cords (LC – LC)  Cables                ‐ Compatible for connecting SAN storage and  HBA 

Cards on the server 

 

 

D   HPC Grid Cluster  

D1  Computer Node  04 

D2  Master Node  01 

D3   Interconnect Network 

D4   Cluster Administration Network 

D5  Rack  01 

D6   Software Component 

D7  Storage Sub System  01 

  10

 

TECHNICAL SPECIFICATION FOR NETWORKING CORE SWITCH 

 

Sl. No 

Description  Compliance with Remarks (Yes/No) 

Make:                                                                                                          Model: 

1  Minimum 8 port 10Gigabit Ethernet Module (XFP / SFP+) loaded with 4*LR optics

 

2  Minimum 16 Port 1000 Base‐x Module  

3  48 port 10/100/1000 Module (RJ45)  

4  Minimum 2 or higher  slots  (Full  slot) has  to be  free  for  future expansion

 

5  Redundant Power Supply  

6  Redundant Supervisor Engine with hitless failover   

7 All Ports should be wire‐speed and non‐blocking   

8 VLAN support ‐ 802.1Q (Minimum 4000 Active VLANs)   

9 Should  support  IPv6  Routing,  OSPF,  BGP,  BGP4,  OSPF  IS‐IS routing for IP v4 & IP v6 – Day One (All Necessary Core Licenses should be provided Day One) 

 

10 Switch should have distributed switching – Day One   

12 Switch  should  seamlessly  interoperate  with  existing  core switch at Anna University 

 

13 Support for SNMP, RMON, Web based management   

14 Minimum 256 K or more MAC address wide from day 1    

15 160Gbps (Full Duplex) Per Slot Bandwidth  or more   

16 Total Switching fabric of minimum 1.6 Tbps or more   

17 Throughput of minimum 1200 Mpps or more   

18 Should be  scalable  to  support minimum of  6*40Gbe  (QSFP+) ports  without  any  replacement  in  Management  Module  / Supervisor Engine 

 

19 19” Rack mountable   

20 Warranty: 3  Years Comprehensive Onsite warranty with  all hardware & software covered  

 

 

  

  11

   

TECHNICAL SPECIFICATION FOR SERVERS 

 Sl. No 

Technical Specification  Compliance (Yes/No) 

Remarks  for any deviation 

Make:  Model:  

1  Processors 2x  Intel 6 Core Xeon E5‐4610 or higher processor, 2.40GHz,  16MB  L3  Cache,  upgradable  to  four processor 

   

2  FSB Up to 7.2 GT/s Quick Path Interconnect (QPI) links 

   

3  Chipset Intel C600 or higher 

   

4  Memory 64GB Memory DDR3 RAM, 1066/1333 Mhz  

   

5  HDD Storage 6 x 600 GB 10K RPM 2.5" SAS Hot Plug HDD 

   

6  RAID RAID5 Controller Card with 512MB Battery Cache 

   

7  Network Interface Cards 1Gbps Network Interface Card  

   

8  Ports  Minimum 4 nos. USB and 1 Serial Port 

   

9  Form Factor 2U or 4U Rack Mountable 

   

10  Power Supplies Dual Hot Plug Power Supply 

   

11  Monitor:  18.5”  Backlight  LED  (43.2  cm)  TCO‐03 Certified 

   

12  Keyboard and Optical Mouse     

13  OS support and Certification All Linux and Windows Operating System Support and  Windows  Server  Certification(2008)  &  ULCertification 

   

14  ISO  9000‐14001,  ISO  9001‐2008,  Greenpeace International, should be in the list of top 5 brands asper  IDC  report  published  in  India  during  the  year 2011‐12. 

   

14  Warranty 3 years warranty with  onsite service support 

   

 

 

  12

TECHNICAL SPECIFICATION FOR 20 TB SAN STORAGE 

 Sl. No 

Technical Specification  Compliance (Yes/No) 

Remarks  for any Deviation 

 Make:  Model:  

1  Rack Mount SAN Array must be rack mountable 

   

2  Controller SAN     Array      should     be      configured     with     Dual  Controller. (HA and Failover) 

   

3  Front End Connectivity Each  controller  should  be  configured  with  atleast 2x8Gbps FC Ports. 

   

4  Cache SAN Array should be configured with Minimum of 4GB cache per controller with scalability features. 

   

5  Disk Support SAN  Array  should  be  configured  with  minimum  of  2  TB HDD.(Nearline SAS HDD) 

   

6  Disk Space SAN Array should be configured with minimum of 20TB RAW Capacity. (Nearline SAS HDD) 

   

7  RAID SAN Array should support RAID Levels:  0, 1, 5 

   

8  Hot Spare Atleast 1 hotspare to be configured per disk array. 

   

9  Redundancy Disk   Drives   should   be   hot   swappable.   Controllers,  Fans & Power Supplies should be Redundant 

   

10  Cache Data Backup Cache    should    be    battery    backed    up    for    cache  memory de‐staging in case of power failure 

   

11  Management Software SAN Management software should be array based and provide GUI / web based management with complete reporting features  like LUN Usage, Empty Space etc. It should also support performance monitoring. 

   

 

 

 

  13

 

12  PIT  /  Snapshot  / Clone  Software  SAN Array  should be supplied  with  Snapshot  or  Point‐In‐Time  copy functionality   for   snapshot   and   full   copy   of   theproduction  LUN’s  /  volumes.    Software  to  takeminimum 60 or higher snapshots per volume. Writablesnapshots. 

   

13  Additional Snapshot Features Snapshot software should be  integrated with Vshpere 5 using storage API's. With this  integration,  storage  should  be  recovered  at  asingle   VM    level.   Storage array should also integrated with  VSS  provider  of  Win  server  2003/2008  OS  toenable to take consistent snap shots of MS‐SQL server / NTFS file system. 

   

14  Disaster Recovery Support Should   support   SAN   array   based   data   replication  in synchronous or asynchronous mode. 

   

15  Warranty  3 years warranty with  onsite service support 

   

   

TECHNICAL SPECIFICATION FOR SAN SWITCH 

 Sl. No

Technical Specification Compliance (Yes/No)

Remarks for any Deviation

 Make:                                                                                           Model: 

 24 port 8 Gbps SAN Switch 

1 ‐  8 Ports licensing ‐  Scalability up to 16 ports ‐  with all necessary software and accessories 

2 Warranty: Three Years warranty with onsite service support.

3 Optional Items  ‐ 10 Meters Fiber Patch Cords (LC – LC)  Cables ‐ Compatible for connecting SAN storage and        HBA Cards on the server

                         

  14

     

  TECHNICAL SPECIFICATION FOR HBC Grid Cluster 

 Sl. No 

Item Description  Compliance (Yes/No) 

Remarks  for any Deviation 

 Make:  Model: 1.1 General Specification 

1  HPC Cluster  solution must have  servers, housed  in  its suitable chassis 

   

2  The  server must  capability  to  house  compute  nodes within standard 19” Rack’s footprint. 

   

3  The  server must  be  configured  to match  the  power, cooling  thresholds of  the datacenter design proposed by  the  vendor.  The HPC Cluster  configuration  and  all other related project requirements must be contained within  the  datacenter  space  mentioned  along  with terms & conditions. 

   

4  Should  support  remote  console  access  to  all  the servers. 

   

5  The  Servers  management/monitoring  software  must be from the OEM itself. 

   

6  The management  software  should  provide  proactive notification of actual or  impending component  failure alerts. 

   

7  Should be able to perform comprehensive system data collection and enable users to quickly produce detailed inventory reports for managed devices. 

   

8  Should provide  for a 3 years comprehensive warranty on Hardware and Software.  

   

1.2 Compute Nodes. Quantity: 4 Nos. 

1  Compute  Server  Configuration  should  be  scalable  in mounting standard 19” rack’s footprint.  

   

2  The  Server must  be  configured  to match  the  power, cooling thresholds of the datacenter design. 

   

 

 

  15

 

 

3  Dual  Intel  Xeon  Sandy  bridge  E5‐2670  or  higher Processor Eight‐core 2.6 GHz or better.  

   

4  4 GB per core Memory using 8GB   DDR3 ECC Memory @ 1600 MHz speed min. 

   

5  DVD Drive.     

6  2×500 GB or more HDD     

7  Infiniband QDR Connect X3 HCA single port connected on PCI‐ex gen2 slot. 

   

8  Dual 1 GbE NIC embedded Ports     

9  One  management  Port  for  in‐band  management  of servers. 

   

10  Licensed Enterprise Linux OS, fully certified by OEM     

11  Redundant power supply      

12  Memory  :  (max) Up  to 512 GB DDR3 via 16 or higher DIMM slots (UDIMM/RDIMM/LRDIMM) 

   

13  Cache : 20 MB     

14  RAID  support  Integrated  6 Gbps  hardware  RAID‐0,‐1,  ‐10,  optional  RAID‐5,‐6,‐10,‐50,‐60  System management  IMM  v2  with  dedicated  management port 

   

1.3 Master Node.   Quantity: 1 No. 

1  Compute  Server  configuration  should  be  scalable  in mounting standard 19” rack’s footprint 

   

2  The  server must  be  configured  to match  the  power, cooling thresholds of the datacenter design. 

   

3  Dual  Socket  Intel  Xeon  Sandybridge E5  – 2670  or higher Processor Eight‐core or higher @ minmum 2.6 GHz or better 

   

4  4 GB per Core Memory using 8GB DDR3 ECC Memory @1600 MHz Speed min. 

   

5  DVD Drive.     

  16

6  2 × 1 TB or more HDD with RAID 1     

7  Infiniband QDR ConnectX 3 HCA single port connected on PCI‐ex gen2 slot.  

   

8  Dual 1 GbE NIC embedded ports.     

9  One  Management  port  for  in‐band  and  out‐band management of servers. 

   

10  Web based GUI system health monitoring with remote power control. 

   

11  Licensed Enterprise Linux OS. Fully certified by OEM.     

12  Redundant power supply     

1.4 Interconnect Network 

1  Infiniband  4X  QDR  speed  Interconnect  Fabric,  Fully 100%  non‐blocking  and  standard  fat‐tree  topology based. 

   

2  Compatible with the latest OFED drivers and OpenMPI libraries.  

   

3  Should be  connected  to all  the  infiniband ports  in all the proposed servers and storage. 

   

4  The infiniband 4X fabric operating at QDR speeds to be proposed in a chassis switch based configuration 

   

5  Infiniband  QDR  speed  Optical/Copper  cables  to  be proposed. 

   

6  The  switch must  be  populated with  4xQDR  ports  to meet  the  cluster  requirements.  Single  core  switch configuration required 

   

7  Vendors must  provide  information  on  the  size  (rack form  factor),  power  consumption,  cooling  needs  and the cable wiring related drawings in detail 

   

8  The IB switches scalability to be mentioned.     

 

 

 

 

  17

 

 

 1.4 Cluster Administration Network 

1  Modular  Gigabit  Switch  based  cluster  administration network 

   

2  Network  should  be  based  on  core  chassis  based configuration with required number of ports 

   

3  Gigabit  Switches  and  suitable  cables  as  required  for the  proposed  HPC  systems  and  storage  must  be provided. 

   

1.5 Racks 

1  25U Racks with adequate rack accessories and PDU.     

2  Neatly  structured  cabling  for  all  the  power  and networked connectivity. 

   

 1.6 Software Component 

1  Master Node should have a suitable software suite to manage  the  entire  cluster.  Cluster  monitoring  like Ganglia are to be incorporated. 

   

2  Job  Scheduler with  complete  support and  integration for  job  submission  for  the  proposed  cluster must  be quoted. 

   

3  All  nodes  should  contain  the  GNU  based  compliers, Message passing Library (open MPI, MPICH2, Scientific &  Engineering  Computing  Libaraies  (LAPACK,  BLAS, SCLAPACK, PBLAS, ATLAS)  

   

4  Integrated  Advanced  scheduling  features  should include  cross‐system  scheduling  peer  to  peer scheduling,  with  Advanced  fair‐share  &  Hierarchical fair share scheduling, multi‐cluster scheduling. 

   

5  Complete  cluster  integration  with  comprehensive  3 years onsite  support  to be provided by OEM only  for scheduler,  integrated  Portal  framework  for  job submission and HPC Grid performance analysis 

   

6  HPC Cluster Configuration software must have GUI as well as Web based UI access. 

   

  18

 

 

1.7 storage Sub‐Systems    

1  Single Controller based Storage system with provision to  add  second  controller  to  be  connected  to Master Node. 

   

2  Dual Active and Hot Swappable controllers provisions for future. 

   

3  Cache: 1 GB Cache per controller   

   

4  Drive Interface: Two 6 GB SAS Drive Ports     

5  Storage: 4 x 2 TB NL SAS 7.2K RPM HDD     

6  RAID: 0,1 and 10 to be supported     

7  Storage  Partitions:  Support  for  up  to  128  storage partitions 

   

8  Fans and power Supplies: Dual redundant – hot swappable fans power supply. 

   

                          

  19

  

SL. NO.

ITEM DESCRIPTION QTY in Nos.

UNIT COST (`).  TAX (`). 

TOTAL AMOUNT (`). 

 

A Networking Core Switch   01   

B Servers  08  

C  20 TB SAN Storage  01   

C1  8 Port SAN Switch   01  

C 1.1  Optional Items  ‐ 10 Meters Fiber Patch Cords (LC – LC)   Cables 

‐ Compatible for connecting SAN storage and  HBA Cards on the server 

  01  01 

D   HPC Grid Cluster

D1  Computer Node  04  

D2  Master Node  01  

D3  Rack  01  

D4  Storage Sub System  01  

D5  Interconnect Network 

D6  Cluster Administration Network 

D7  Software Component  

 

                                                                                                        Total Amount (Inclusive of all taxes)  

  

Note: AMC cost for maintenance after the warranty period should be quoted separately, year wise (for 3 Years) .  

COMMERCIAL BID 

  20

    BIDDER DETAILS:  

  Company Name and Address 

 

Contact Person   

E‐Mail   

Phone   

Mobile   

FAX   

 

  21

BID COVERING LETTER

To: The Registrar,

Anna University,

Chennai – 600 025,

Tamil Nadu, INDIA.

Dear Sir,

Supply and Installation of Networking Core Switch, Servers, SAN Storage and HPC Grid Cluster to the Anna University, Chennai – 600 025.

1. TERMS AND CONDITIONS

a. I/We, the undersigned Bidder(s), having read and examined in detail the specifications and all

bidding documents in respect of this tender do hereby propose to provide goods and services

as specified in the bidding document.

b. I/We, the undersigned Bidder(s), having submitted the qualifying data as required in this

tender, do hereby bind ourselves to the conditions of this tender. In case any further

information documentary proof in this regard before evaluation of our bid is required, I/We

agree to furnish the same on demand to your satisfaction.

2. RATE AND VALIDITY

a. All the rates mentioned in our proposal are in accordance with the terms as specified in bidding

documents. All the rates and other terms and conditions of this proposal are valid for a period of

90 Calendar days from the date of opening of the bid.

b. I/We do hereby confirm that our bid rates include all taxes including Income Tax & Professional

Tax.

c. I/We have studied the Clauses relating to Indian Income Tax Act and hereby declare that if any

Income Tax, surcharge on Income Tax and any other Corporate Tax is altered under the law,

shall pay the same. 3. DEVIATIONS

We declare that all the services shall be performed strictly in accordance with the Technical

specification, Time Schedule and other terms of the tender document except the deviation as

mentioned in the Technical Deviation Proforma. Further, I/We agree that additional conditions, if

any, found in the proposal documents, other than those stated in deviation proforma, shall not be

given effect to.

  22

4. BID PRICING

I/We further declare that the rates stated in our proposal are in accordance with your terms and

conditions in the bidding document. 5. EARNEST MONEY

I/We have enclosed the earnest money as specified in the Tender Document. In case of default it is

liable to be forfeited in accordance with the provisions of the tender document. 6. BANK GUARANTEE

If I/We become the successful vendor I/We agree to furnish the amount to the tune of 10% of the total value of the project before releasing the purchase order towards Bank Guarantee. 7. I/We hereby declare that my/our proposal is made in good faith, without collusion or fraud and the

information contained in the proposal is true and correct to the best of my/our knowledge and belief

and nothing has been concealed there from.

Thanking you,

Yours faithfully,

Date: Place: (Signatory) Name: Designation: