open competitive bid (ocb) for consulting services on

15
APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Page 1 of 15 Open Competitive Bid (OCB) for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery Bid calling date 28.06.2013 Pre-bid conference date/ time 03.07.2013, 11.30 AM at APTS Bid closing date/time 16.07.2013, 03-00 PM Bid Document Fee Rs.25,000/- APTS Contact person M.Sridhara Chary, SE,APTS [email protected] [email protected],[email protected] APTS Reference No. APTS/CS/RFP-ASSMT-MEESEVA /2013 For further details regarding detailed Tender Notification, specifications and digital certificate please visit http://www.apts.gov.in and www.eprocurement.gov.in. Managing Director, A.P. Technology Services Ltd.

Upload: others

Post on 12-Mar-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 1 of 15

Open Competitive Bid (OCB)

for

Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery

Bid calling date 28.06.2013 Pre-bid conference date/ time 03.07.2013, 11.30 AM at APTS Bid closing date/time 16.07.2013, 03-00 PM Bid Document Fee Rs.25,000/- APTS Contact person M.Sridhara Chary, SE,APTS

[email protected] [email protected],[email protected]

APTS Reference No. APTS/CS/RFP-ASSMT-MEESEVA /2013  

For  further details  regarding detailed Tender Notification, specifications and digital certificate please visit http://www.apts.gov.in and www.eprocurement.gov.in.  

Managing Director, A.P. Technology Services Ltd. 

    

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 2 of 15

 

1. Introduction to ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform  

‘Mee Seva’ is the primary Government to Citizens (G2C) services delivery platform of the Government of  Andhra  Pradesh  (GoAP).  ‘Mee  Seva’  service  delivery  is  also  aligned  to  the  vision  of  National eGovernance Plan in terms of  

“bringing  all  Government  services  closer  to  the  citizens  in  an  easily  accessible  manner through multiple channels”. 

Nearly 112  G2C services spanning Revenue, Registration, Police, Municipality, Transport, Civil Supplies, & Education departments of GoAP are currently delivered through ‘Mee Seva’ platform. The detailed list  of  services  is  given  in Appendix  I.There  are  plans  to  increase  the  number  of  services  delivered through  ‘Mee Seva’ platform   to more than 300  in the next six months. This may  involve  integration with multiple Department systems deployed on heterogeneous platforms.  

‘Mee  Seva’  services  are  delivered  through  nearly  6,500  Front‐End  delivery  points  (aka‘Mee  Seva’ Service Centers), spread across 23 districts of Andhra Pradesh. ‘Mee Seva’ service centers are operated by operators belonging  to multiple  Service Center Agents(SCAs)  and by   APOnline  Franchisees.  The SCAs are appointed by Electronic  Service Delivery  (ESD) department, which  is a part of  Information Technology &Communications (IT&C) department of GoAP.  

APOnline is a joint venture company promoted jointly by M/s TCS and Government of Andhra Pradesh. Different  SCA  operators  operate  ‘Mee  Seva’  service  centers  in  different  districts  of  A.P. Multiple APOnline  franchisees  operate  ‘Mee  Seva’  service  centers  throughout  the  entire  state.    ‘Mee  Seva’ services are delivered through a common portal accessible by SCA and APOnline operators. 

The  Front‐End  part  of  ‘Mee  Seva’  service  delivery  platform,  the  integration  layer  with  Multiple department systems, a portion of the Back‐End request processing for certain category of services are implemented and maintained by APOnline team. 

1.1 ‘Mee Seva’ service delivery architecture overview  

‘Mee  Seva’  services  delivery  platform  can  be  viewed  to  be made  up  of  the  following  Components (Refer Appendix I – Solution Architecture) 

1. Front‐End delivery channels (‘Mee Seva’ centers) 2. Middle/Intermediate Layer consisting of systems  in SCA, APOnline, data centers& 

SSDG 3. Back‐End  systems  (i.e. Request Processing  Systems)  in  State Data Center,  in NIC 

Data Center & in Departments 4. Network  segments  connecting  the  Front‐End  delivery  channels  to  Back‐End 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 3 of 15

systems through Middle Layer. 

 

 

Front‐End delivery channels aka ‘Mee Seva’ service centers are located in all mandals of the 23 districts in A.P.The  systems  comprising  the Middle  /Intermediate  Layer  are  located  in  SCA data  centers  and APOnline  data  center. Back‐End  systems  are  located  in  the  respective  government departments,  in State Data Center (SDC) and  in NIC Data Center. 

The SCA operated ‘Mee Seva’ centers in Hyderabad and Ranga Reddy districts, are connected through Andhra Pradesh  State Wide Area Network  (APSWAN)  to  the Back‐End  systems  located  in  SDC or  in government departments (Refer Appendix I). 

The  ‘Mee  Seva’  centers  operated  by  SCAs,  at  District  and  Mandal  levels  are  connected  through multiple Internet Service Providers (ISPs).The ‘Mee Seva’ centers operated as APOnline franchises, are connected to APOnline data center in Hyderabad through multiple Internet Service Providers (ISPs). In turn APOnline Data Center  is connected to SDC through an  ISP  link.Mee Seva centers  in Districts and municipal areas are connected to nearest PoP of APSWAN through  ISP and  inturn connected to SDC. These  centers  also maintains  redundancy  by  direct  connection  through  ISPs.  (Refer  Appendix  I  – 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 4 of 15

Solution Architecture). The data center of the SCA in Hyderabad is connected to SDC through APSWAN network. 

APSWAN network has 8 Mbps bandwidth from State to District Head Quarters and 2Mbps bandwidth from District to Mandal Head Quarters. 

‘Mee Seva’ services delivery platform as well as many Back‐End Request processing systems in SDCare implemented  using  Microsoft  Technologies  leaving  the  participating  departments  in  their  own technologies such as Oracle, Starfish, Java etc. 

1.2   ‘Mee Seva’ Services The 112 Services that are currently delivered through ‘Mee Seva’ platform are grouped into i) Category ‘A’ Services &  ii) Category  ‘B’ Services. Different Service Level Agreements (SLAs) are associated with Category ‘A’ & Category ‘B’ services. 

Category  ‘A’ services are usually Over The Counter  (OTC) services and are delivered within the same day.Category ‘B’ services may require some field verification by the departments concerned and hence are usually delivered within a period of 7 –30  days. 

1.3  ‘Mee Seva’ Service Charges The service charges for each service are fixed by ESD department in consultation with SCAs, APOnline and departments concerned. 

The service charges are collected by the ‘Mee Seva’ service center operators and recorded in the ‘Mee Seva’ system. Then  they are distributed  to all stakeholders  through designated bank accounts.  ‘Mee Seva’  system  facilitates  this  transfer  and  reconciliation  of  user  charges with  banks  as well  as with respective departments. 

1.4  ‘Mee Seva’ Operational Support  ‘Mee  Seva’ platform has  integrated  Short Messaging  Services  (SMS) Alerts  support  for  tracking  the progress of service requests.  In addition through ‘Mee Seva’ Request Tracking System (MRTS) all users of ‘Mee Seva’ can raise operational issues related to ‘Mee Seva’ and track them to their resolution. 

‘Mee Seva’ platform also  incorporates a comprehensive online  reports system which  tracks multiple metrics related to the services delivered . 

(Refer to Appendix  I,  for more details on Functional Architecture and Functional Description of  ‘Mee Seva’). 

 

  

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 5 of 15

2.  Need for Request for Proposal (RFP) i)  ‘Mee  Seva’  services  delivery  platform  has  been  in  operation  for more  than  a  year  during which period the configuration of delivery platform has been evolving in addition to multi‐fold increase in the number of services being delivered.  

ii)  ‘Mee  Seva’  delivery  platform  incorporates  a  varied mix  of  front‐end,  back‐end  and  intermediate systems deployed using multiple technologies. Network connectivity among these components is also of different bandwidths.  

iii)  In this heterogeneous environment which  is also changing continuously, performance assessment of  the  entire  ‘Mee  Seva’  delivery  platform  is  essential  to  determine  the  levels  of  availability  and scalability for existing services delivered and future services planned.  

iv) Such a performance assessment  is  intended  to  identify  the existing as well as potential areas of performance  bottlenecks  if  any  and  recommend  mitigating  actions.  Thus  in  order  to  ensure  the sustainability  of  ‘Mee  Seva’  service  delivery  platform,  in  the  present  as well  as  in  the  future,  it  is necessary to undertake this performance assessment exercise now. 

3.   Scope Of Work 3.1The scope for the Assessment of ‘Mee Seva’ services delivery platform for performance covers the following components:  

i) Front‐End  Systems  deployed  in  all  ‘Mee  Seva’  service  centers  (including  Computer systems and  Local Area Network components, if any deployed) 

ii) Intermediate  Layer Systems at SCA and APOnline data  centers  that process or  route ‘Mee Seva’ service requests 

iii) Back‐End Systems deployed in State Data Center (SDC) that are involved in processing ‘Mee Seva’ service requests 

iv) Back‐End Systems deployed  in NIC Data Center  that are  involved  in processing  ‘Mee Seva’ service requests 

v) Back‐End Systems deployed in Departments that are involved in processing ‘Mee Seva’ service requests 

vi) All Network elements  interconnecting APOnline franchisee ‘Mee Seva’ service centers  and APOnline Data Center through which ‘Mee Seva’ service requests are routed 

vii) All Network elements  interconnecting SCAs operated  ‘Mee Seva’ service centers and data centers of SCAs, through ‘Mee Seva’ service requests are routed 

viii) All Network  elements  interconnecting  APOnline  data  center  and  SDC  through  ‘Mee Seva’ service requests are routed 

ix) All Network elements  interconnecting SCAs’ datacenters and SDC through  ‘Mee Seva’ service requests are routed 

x) All  Network  elements  interconnecting  Department  systems  and  SDC  through  ‘Mee 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 6 of 15

Seva’ service requests are routed 

xi) All Network elements  interconnecting Department systems and APOnline data center through ‘Mee Seva’ service requests are routed 

xii) All  Network  elements  interconnecting  Department  systems  and  SCAs’  data  centers through ‘Mee Seva’ service requests are routed 

xiii) All Network  elements  that  are  part  of APSWAN  connectivity  between  SDC  and A.P. Secretariat in the context of ‘Mee Seva’ service delivery 

xiv) All Network elements that are part of APSWAN connectivity between SNC and DNC in the context of ‘Mee Seva’ service delivery. 

xv) All network elements that are part of APSWAN connectivity between DNC and MNC in the context of ‘Mee Seva’ service delivery. 

xvi) All network elements that are part of connectivity between MNC and Mee Seva center in the context of Mee Seva service delivery. 

xvii) Payment Gateway, MSDG and SSDG Services 

3.2   The bidder shall determine the System Under Test (SUT) consisting of the Front‐End systems, Intermediate Systems, Back‐End Systems and  the  interconnecting Network elements, specific to delivery of each service and assess the performance for each such configuration. The bidder shall also test ‘Mee Seva’ Services response time. 

3.3  For each System Under Test (SUT) the bidder shall assess the following components comprising the SUT: 

i. Network Tier (including Firewall, Load Balancer, Routers, Network Interface Cards, & Cabling  between all components) 

ii. Web Server Tier iii. Application Server Tier and iv. Database Server Tier 

3.4  The bidder shall assess the ‘Mee Seva’ service delivery platform for the potential bottlenecks in Network, Web, Application, & DB Server and storage  layers as indicated in Appendix VI. 

3.5  The bidder shall determine the Performance Profiles  for the System Under Test  (SUT) before proceeding with testing for performance characteristics indicated in Appendix VII. 

3.6  The performance bottlenecks related to the delivery of “Mee Seva” services listed Appendix V, shall be assessed. 

3.7  The bidder shall establish key control points in the transaction paths pertaining to ‘Mee Seva’ services  being  assessed  and  compare  the  results  with  the  expected  norms  of  the  given configuration. 

3.8  The bidder shall also assess the adequacy of HW, Network resources deployed with respect to the estimated / projected volume of transactions, response time etc. 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 7 of 15

3.9  The  bidder  shall  assess  the  robustness  of  the  application  architecture  in  terms  of  handling varying loads and other system break down conditions. 

3.10  The  bidder  shall  determine  the  best  response  time  that  can  be  achieved  in  the  current configuration  for  handling  500+  services  and  shall  propose  changes  to  the  configuration  to achieve a response time in line with the Service Level Agreement. 

3.11   The  bidder  shall  determine  appropriate  benchmarks  applicable  to  the  ‘Mee  Seva’  services delivery platform and assess the performance in the context of such benchmarks. 

3.12   The  bidder  shall  propose  the  approach  to  determine  performance  bottlenecks  and  obtain consensus of all stakeholders before proceeding with it. 

3.13   The bidder shall use appropriate ‘State of the Art’, Load / Performance Testing techniques and tools as applicable to the web technologies used in the implementation of ‘Mee Seva’ services delivery platform. 

3.14   The bidder shall complete the Performance assessment of ‘Mee Seva’ service delivery platform within an elapsed time period not exceeding 12 weeks from the date of award of contract. 

3.15   The  bidder  shall  deploy  adequate  resources  as  required  for  Load  /  Performance  testing  to determine  the  performance  bottlenecks  in  ‘Mee  Seva’  services  delivery  platform  in  the committed timelines. 

3.16  The bidder shall deploy adequate number of resources  in parallel but collaborating teams for conducting performance tests  in the Front‐end systems (browsers,  local servers  if any), Back‐end &  Intermediate  systems  (comprising  of Web,  Application, &  Database  Servers)and  the interconnecting  Network  elements.  Each  of  the  Team  Leaders  for  such  teams  will  have  a minimum  5  years  of  experience  in  the  area  the  respective  team  is  deployed(i.e.  Front‐End Browsers, Back‐End systems: Application, Database, O.S., Webserver, etc.,& Network elements – switches,  routers,  firewalls/UTMs, proxy servers, etc.). Each  team will have not  less  than 3 consultants,  each  of  whom  have  a  minimum  3  years  of  experience  in  Performance/Load Testing. The  team assigned  to work on Network performance assessment will have  relevant and  adequate  experience  in  Wide  Area  Networks  (WANs).  The  Team  will  also  include consultants with minimum 10 years experience  in Web Architecture Assessment preferably  in Microsoft .Net Web Frameworks. The Project Leader/Manager will have a minimum 10 years of relevant experience that is aligned to the requirements of the current engagement.  

3.17   The bidder  shall perform  Load  / Performance Testing on production/staging environment of ‘Mee Seva’ service delivery platform as less intrusively as possible. 

3.18   The bidder shall maintain all logs of the Load/Performance Testing performed and support the findings / conclusions with relevant data. 

3.19   The bidder shall prioritise the services to be assessed according to the categories and propose a  timeline  for assessment not exceeding 3 weeks of elapsed  time  from  the date of award of contract. 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 8 of 15

3.20  The bidder shall assess  the deployment architecture of  ‘Mee Seva’ service delivery platform, the network architecture for their suitability to achieve the determined benchmarks. 

3.21   The bidder shall assess the performance bottlenecks in terms of the source, the reason and the proposed mitigation and report such findings as per the format given in the Technical Proposal (Refer Appendix IV) 

3.22   The bidder shall report  the  findings  in such a sequence as  to reap  the  ‘low hanging’  fruits  in terms of achieving the performance improvement. 

3.23   The  bidder  shall  report  his  findings  in  terms  of  Short  and  Long  Term  actions  necessary  to address the performance bottlenecks. 

3.24  The bidder shall submit a Performance Assessment report based on Performance Assessment. The report shall clearly state the symptoms, the causes and the proposed remedial actions for each cause. The report shall prioritise the causes according to their  impact on the ‘Mee Seva’ service  delivery  platform.  The  findings  in  the  report  shall  be  backed  by  analysis  based  on sufficient  data  points.  Indicative  timelines  of  implementation  of  remedial  actions  shall  also form part of the Performance Assessment report. 

3.25  The Performance Assessment  report  shall  include  suggestions  for  improving  the Application, Database & Web Server Architectures as well as  Industry Best Practices  for  the  technologies used in ‘Mee Seva’ service delivery platform. 

3.26.  The  bidder  shall  indicate  the  extent of utilization of  various  components of  the  ‘Mee  Seva’ service delivery platform in terms of labels such as “Under” / “Over” / “Optimal” utilization, in the  Performance  Assessment  report.  Further  the  approach/strategy  for  transitioning  each component operating in “Under” / “Over” utilization modes to “Optimal” utilization mode and the indicative timelines for the same, shall be included in the report. 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 9 of 15

4.   Instructions to Bidders 4.1   Completeness of Response 

a. Bidders  are  advised  to  study  all  instructions,  forms,  requirements  and  other information in the RFP documents carefully.  Submission of the bid shall be deemed to have  been  done  after  careful  study  and  examination  of  the  RFP  document with  full understanding of its implications. 

b. The response to this RFP should be full and complete in all respects. Failure to furnish all information  required  by  the  RFP  documents  or  submission  of  a  proposal  not substantially responsive to this document will be at the Bidder's risk and may result  in rejection of its Proposal. 

4.2   Proposal preparation costs & related issues a. The bidder  is responsible  for all costs  incurred  in connection with participation  in this 

process,  including,  but  not  limited  to,  costs  incurred  in  conduct  of  informative  and other  diligence  activities,  participation  in  meetings/discussions/presentations, preparation of proposal,  in providing any additional  information  required by APTS  to facilitate the evaluation process. 

b. APTS will  in no case be responsible or  liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process. 

c. This  RFP  does  not  commit  APTS  to  award  a  contract  or  to  engage  in  negotiations. Further, no reimbursable cost may be incurred in anticipation of award or for preparing this RFP. 

d. All materials  submitted  by  the  bidder will  become  the  property  of APTS  and may  be returned completely at its sole discretion. 

4.3   Pre­bid Meeting a. APTS shall hold a pre‐bid meeting with the prospective bidders on 03‐07.2013, at 

11:00 a.m. By email on or before 03.07.2013 5:00 p.m.  The Office of the Managing Director, Andhra Pradesh Technology Services Ltd.,  IV Floor, BRKR Bhavan,  Tank bund Road, Hyderabad – 500063    

b. The Bidders will have to ensure that their queries for Pre‐Bid meeting should reach to: 

The Managing Director Andhra Pradesh Technology Services Ltd., IV Floor, Boorgula Rama Krishna Rao (BRKR) Bhavan, Tank bund road, Hyderabad – 500 063  

Telephone: (040) 2322 0305, (040) 2322 3753   Fax: (040) 2322 7458 Email: [email protected] 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 10 of 15

c. All and any queries related to Scope of work, Payment Terms and mode of selection will be entertained during Pre‐bid clarifications meeting. 

d. Max. Two representatives authorized by the company will be permitted to attend the meeting. 

4.4   Responses to Pre­bid Queries and Issue of Corrigendum a. The Nodal Officer notified by the APTS will endeavour to provide timely response to all 

queries.  However, APTS makes no representation or warranty as to the completeness or accuracy of any response made in good faith, nor does APTS undertake to answer all the queries that have been posed by the bidders. 

b. At any time prior to the last date for receipt of bids, APTS may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, modify the RFP Document by a corrigendum. 

c. The Corrigendum(if any)&clarifications to the queries from all bidders will be posted in the portal (URL‐http://apts.gov.in) and www.eprocurement.gov.in. 

d. Any such corrigendum shall be deemed to be incorporated into this RFP. e. In order to provide prospective Bidders reasonable time for taking the corrigendum into 

account,  APTS  may,  at  its  discretion,  extend  the  last  date  for  the  receipt  of  RFP Proposals. 

4.5   Right to Terminate the process a. APTS may  terminate  the RFP process  at  any  time  and without  assigning  any  reason. 

APTS makes  no  commitments,  express  or  implied,  that  this  process will  result  in  a business transaction with anyone. 

b. This RFP does not constitute an offer by APTS. The bidder's participation in this process may result in short listing of the bidder. 

4.6   Preparation of Proposals a. The Proposal as well as all related correspondence exchanged by the bidders and APTS 

shall be written in English language, unless specified otherwise. 

b. In  preparing  their  Proposal,  Consultants  are  expected  to  examine  in  detail  the documents  comprising  the  RFP.  Material  deficiencies  in  providing  the  information requested may result in rejection of a Proposal. 

c. The Technical Proposals shall contain an Executive summary giving a brief overview of the manner in which the bidder proposes to achieve the outcomes and the assessment of resources required. 

d. The  bidder  is  expected  to  submit  the  Technical  Proposal  as  per  the  format  given  in Appendix  III.  Submission  of  the  wrong  type  of  Technical  Proposal  will  result  in  the proposal being deemed  non‐responsive.  The  Technical  Proposal  shall not  include  any financial information. 

e. The Financial Proposal shall be prepared as per the format given in Appendix. 

4.7   Submission of Responses a. The bidder shall submit the bid through eProcurement platform only. 

b. The bidder shall submit (3) proposals – Pre‐Qualification Proposal, Technical Proposal as and  Financial Proposal as per format given in Appendixes  on eprocurement portal. 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 11 of 15

c. The  original  proposal  both  Technical  and  Financial  shall  contain  no  interlineations  or overwriting, except as necessary to correct the errors made by the bidders themselves. The  same  authorized  representative  who  has  signed  the  proposal  shall  initial  the corrections. 

d. An  authorized  representative  of  the  bidders  shall  initial  all  the  pages  of  the  original Technical  and  Financial  Proposals.  The  authorization  shall  be  in  the  form  of written power of attorney accompanying the proposal and supported by any evidence that the representative has been duly authorized to sign. 

e. One copy of  the documents necessary  for Pre‐Qualification as per  the  format given  in Appendix II, shall be submitted . An authorized representative of the bidders shall initial all pages of Pre‐Qualification documents submitted. 

f. The bidder  shall  submit one  softcopy of  the Technical Proposal  in  the  form of an on‐rewriteable  CD.  CD media must  be  duly  signed  using  a  Permanent  pen Marker  and should bear the name of the bidder. 

g. Bidder  must  ensure  that  the  information  furnished  in  the  CD  is  identical  to  that submitted  in the original paper document. In case of any   discrepancy, the  information furnished in the original paper document will prevail over the soft copy. 

h. The bidder shall ensure that the proposal cost quoted in the Cost Break‐up form (Form‐F2) matches with the total cost (inclusive of taxes) quoted in the Financial Proposal form (Form‐F1). 

4.8   Bid Submission Format a. The  entire proposal  shall be  strictly  as per  the  format  specified  in  this  Invitation  for 

Expression of Interest and any deviation may result in the rejection of the RFP proposal. 

b. The documents to be submitted for Pre‐Qualification are: 

i. Form‐PQ1:  Covering  Letter  on  the  letterhead  of  the  bidder  with correspondence details 

ii. Form‐PQ2: Details of Applicant’s Operations and Consulting Business 

iii. Form‐PQ3: Compliance sheet for Pre‐Qualification criteria 

c. The documents to be submitted for Technical Proposal are: 

i. Executive Summary 

ii. Form‐T1:  Description  of  approach, methodology  and work  plan  for performing this assignment 

iii. Form‐T2: Team Composition and Task Assignment 

iv. Form‐T3: Curriculum Vitae of the staff engaged in this assignment 

v. Form‐T4: Proposed Work Schedule 

vi. Form‐T5: Indicative Format for Assessment Report 

vii. Form‐T6:  Comments  &  Suggestions  regarding  Scope  Of  Work  and support required (Optional) 

d. The documents to be submitted for Financial Proposal are: 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 12 of 15

i. Form‐F1: Financial Proposal submission Form 

ii. Form‐F2: Financial Proposal Cost Break‐up Form  

 4.9  Venue and deadline for submission 

 

a. Proposals must be submitted through eProcurement Platform only on or before the last date time given.   

b. Any proposal received by the APTS after the above deadline shall be rejected. 

c. The  bids  submitted  by  telex/telegram/fax/e‐mail,  etc.  Shall  not  be  considered.  No correspondence will be entertained on this matter. 

d. APTS  reserves  the  right  to  modify  and  amend  any  of  the  above‐stipulated                    

condition  /criterion  depending  upon  assignment/project  priorities  vis‐à‐vis  urgent commitments. 

4.10   Short listing Criteria 

a. APTS will shortlist bidders who meet the Pre‐Qualification criteria mentioned in this Invitation to RFP. 

b. Any attempt by a Bidder to  influence the bid evaluation Process may result  in the rejection of its RFP Proposal. 

c. APTS  will  constitute  a  Proposal  Evaluation  Committee  to  short‐list  the  bidders according the Pre‐Qualification criteria given in this document. 

4.11 Evaluation Process a. The  bidders will  be  shortlisted  based  on  the  Pre‐Qualification  criteria  as  given  in 

section 5 of this RFP document.  

b. There will be 3 stage evaluation of the proposals submitted by the bidders. 

c. The Technical Proposals of  the Pre‐Qualified bidders shall be evaluated as per  the criteria given in section 6. 

d. The bidders have to score a minimum of 70 marks out of 100 marks in the Technical Evaluation to be considered for Financial Evaluation. 

e. The  Financial  Proposals  of  the  bidders  who  have  qualified  in  the  Technical Evaluation will be evaluated as per the criteria given in section 7 & 8. 

f. The overall method of evaluation  is Quality cum Cost Based Selection  (QCBS). The Technical  Evaluation  Score  will  be  given  a  weightage  of  70%  and  the  Financial Evaluation Score, a weightage of 30%,  in arriving at  the overall  score. The bidder who scores the highest overall score will be considered for selection. 

 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 13 of 15

5.  Pre­Qualification Criteria  

a. The Proposal Evaluation Committee (PEC) shall determine the adherence of the bidders to the following Pre‐Qualification criteria based on the documents or other evidences provided:  

S.No.  Basic Requirement 

Minimum Specific Requirement  Documents Required 

1  Legal Entity  Should  be  Company  registered  under Companies  Act,  1956  or  a  partnership  firm registered  under  LLP  Act,  2008  and  also  Registered  with  the  Service  Tax  Authorities for last (5) years.  

Should have been operating for the last three years.  

Copy  of  Certificate  of  Incorporation; and  Copy  of  Service  Tax Registration Certificate  

2  Sales Turnoverin IT Consulting related to  Load/Performance Testing or Performance Bottlenecks Assessment of Web Portals / Web based Systems  

Annual  Sales  Turnover  generated  from services related to IT Consulting pertaining to Web Portals / Web Applications Performance Assessment  during  each  of  the  last  three financial  years  (as  per  the  last  published Balance  sheets),  should  be  at  least  Rs.50 Lakhs. 

This  turnover  should  be  on  account  of  IT consulting  related  to  Load/Performance Testing  or  Performance  assessment  of Web Portals or Web Applications only and should not  comprise  of  sales  revenues  related  to supply  of  hardware/IT  infrastructure, software  development  and  their  associated maintenance  services,  implementation  of packaged software etc. 

Extracts from the audited Balance sheet and Profit & Loss;  

 

OR 

 

Certificate from the statutory auditor 

3  Technical Capability 

Bidder  must have successfully completed at least  any  of  the  following  consulting engagements of values specified herein :   One  project  of  Performance  Assessment/ Load Testing for Performance of Web Portals or  Web  Applications,  not  less  than  the amount INR 50 Lakhs;  

Completion Certificates  from the client;  OR  Work Order + Self Certificate of  Completion  (Certified  by the CEO/CFO);  

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 14 of 15

OR  Two  (2)  projects  of  similar  nature  not  less than the amount equal INR 30 Lakhs each;   OR   Three  (3) projects of  similar nature not  less than the amount equal INR 20 Lakhs each.  

4  Certifications  National  /  International  /  Industry Certifications pertaining to capability in Load / Performance Testing of Web Portals / Web Applications. 

Copy of valid Certificates 

5  Manpower / Resources 

Bidder shall have adequate spare manpower for  deployment  in  this  engagement  as  per committed timelines Consultant  shall  provide  evidence  of capability  to  deploy  a  team  as  per  the requirements given in section 3.16.  within a week of award of contract. 

Self‐Certification by the authorized signatory  

 

6  Blacklist  Bidder  should  give  a  Declaration  that  the Bidder has not been debarred/ blacklisted as on  bid  calling  date  by  any  Central  or  State Govt./  Quasi–Govt.  Departments  or organizations  for  non‐satisfactory  past performance,  corrupt,  fraudulent  or  any other  unethical  business  practices  as  per Format given in Form P7.   If  the  bidder  is  debarred/  blacklisted  as mentioned  above  after bid  calling date  and during  execution  of  the  contract,  APTS reserves  the  right  to  withdraw  the Notification  of  Award  issued/  contract entered with  the  bidder  and  to  cancel  the tender/  to negotiate with  the  L2 bidder  for entering into the contract    

A self‐ declaration letter  

 

7  Consortium  Bidder  can  be  an  individual  organization  or Consortium  i.e.,  One  Prime  Bidder  and maximum Two Partners are allowed. 

 

 

APTS – RFP for Consulting Services on Assessment of ‘Mee Seva’ Service Delivery Platform for Performance High Availability & Certainty of Delivery ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Page 15 of 15