topography and hydrographic survey work · tender for topographic & hydrographic survey work...

28
TENDER NO: RITES/P&WR/KERALA/133/SURVEY/2012 DT. 19.11.2012 LIMITED TENDERS FOR TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK FOR LONG TERM FLOOD MITIGATION MEASURES AND POLLUTION ABATEMENT STUDY IN TIRUVANATHAPURAM Ports & Water Resources Division 4 th Floor, Left Wing RITES Office Complex Plot No. 1, Sector – 29 Gurgaon122 001 (INDIA) Tel.: +91 124 2571666 – 70 FAX: +91 124 2571660 61

Upload: phungdien

Post on 09-May-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

 TENDER NO: RITES/P&WR/KERALA/133/SURVEY/2012      

 DT. 19.11.2012     

LIMITED TENDERS     

FOR    

TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK  

 

FOR    

LONG TERM FLOOD MITIGATION MEASURES AND POLLUTION ABATEMENT STUDY IN TIRUVANATHAPURAM 

   

  

Ports & Water Resources Division 4th Floor, Left Wing RITES Office Complex Plot No. 1, Sector – 29 

Gurgaon‐122 001 (INDIA) Tel.: +91 124 2571666 – 70 FAX: +91 124 2571660 ‐ 61 

Page 2: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 1

NOTICE INVITING TENDER  

TENDER NO: RITES/P&WR/KERALA/133/SURVEY/2012       DT. 19.11.2012 

 

1.1  GENERAL  

RITES Ltd. invites sealed tenders in prescribed Performa, on limited tender basis for the following works  in connection with Long Term Flood Mitigation   Measures   and Pollution Abatement Study IN TIRUVANATHAPURAM. 

 

Description of work 

Estimated Cost 

Earnest Money Deposit (EMD)

Period of completion 

Last date for 

submission of tender

Topographical  &  Hydrographic survey  of  (from  sea  mouth) Karmana  River  and  Killi  River, Detailed  topographic  survey  of Karimadom  flood  mitigation  Tank &  adjoining  Colony.  Longitudinal section of 6 nos of Thodus  

   

Rs. 27.0 Lakhs Rs.27,000/‐ 

10  weeks  as  per  para 1.4 (f) of ITT section ‐1.0 

As per para 1.2.4 below 

 

1.2  POINTS TO BE NOTED  

1.2.1  Works  envisaged  under  this  contract  are  required  to  be  completed  in  all respects within the period of completion mentioned above. The above work is important and time bound. Therefore has to be completed in a given time schedule.  Therefore  contractor  has  to  deploy  sufficient  number  of  survey teams to complete the work as per target. 

 

1.2.2 The mere fact that the tenderer satisfies all the ‘Tender Qualification Criteria’ shall not  imply  that his  tender  shall  automatically be  accepted.    The  same should  contain  all  technical  details  as  required  for  the  consideration  of tender. 

 

1.2.3 Tender document consisting of following sections:  

i) Notice Inviting Tender ii) Instructions to Tenderers iii) Scope of work  iv) Site Information v) Special Conditions of Contract vi) Bill of Quantity  The tender document  is available on RITES website only  for RITES approved subcontractors for Topographical & Hydrographic Survey from 22/11/2012 to 03/12/2012.  

 

Page 3: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2

1.2.4 Completed tenders will be accepted  in the office of the   Additional General Manager,  Ports  and  Water  Resources  Division,  Fourth  Floor,  Left  Wing, RITES Office Complex, Plot No. 1, Sector – 29, Gurgaon‐122 001 (INDIA) up to 15.00 hrs. on 03.12.2012 and will be opened at 15.30 hrs. on  the  same day. Delayed tenders shall not be entertained. 

 1.2.5 The contract shall be governed by the documents listed in para 1.2.3 above.  1.2.6 All  tenderers  are  hereby  cautioned  that  conditional  offers  or  offers  with 

deviations from the Conditions of Contract or other requirements stipulated in these tender documents are likely to be rejected as non‐responsive.  

 1.2.7 RITES  Ltd.  reserves  the  right  to  accept  or  reject  any  or  all  proposals or  to 

divide  the  contract  between  /  amongst  tenderers  without  assigning  any reasons.   No  tenderer  shall  have  any  cause  of  action  or  claim  against  the RITES Ltd. for rejection of his proposal. 

 1.2.8 NIT letter has been  issued to approve agencies with P & WR SBU. Interested 

approved agencies may download the tender document  from RITES website www.rites.com. 

 1.2.9 It  is  tenderer’s  responsibility  to ensure  that complete  tender document has 

been  downloaded  properly  and  no  changes  are made  in  the  document.  In case  of  any  discrepancy  is  noted  at  any  stage  Tender/contract  will  be summarily  be  rejected/cancelled  at  the  tenderer’s/contractor’s  risk  and suitable action against contractor shall be initiated in such case.  

     

(KGS Sarma) Addl. General Manager 

P&WR Division, RITES Ltd. Email: [email protected]

Page 4: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 3

SECTION 1.0 INSTRUCTIONS TO TENDERERS 

 

1.0  INTRODUCTION  

1.1  RITES Limited, hereinafter called the ‘Employer’ and his authorized representative is called  “Engineer  in  charge”  for works  in accordance with  this  tender.   The  tender papers consist of the following sections in the tender document: 

 

Notice Inviting Tender (NIT) Instructions to Tender's (ITT) Scope of work Site Information Special conditions of Contract (SCC) Bill of Quantities. 

 

1.2  Tenders shall be prepared and submitted  in accordance with the  instructions given herein. 

 

1.3  Relevant address for correspondence relating to this tender is given below:  

  Additional  General Manager,  Ports  and Water  Resources Division,  Fourth  Floor, Left Wing, RITES Office Complex, Plot No. 1, Sector – 29, Gurgaon‐122 001 (INDIA) 

 

1.4  Some essential data / requirements pertaining to this Tender are detailed below:  

a. Earnest Money Deposit (EMD) to be furnished by the Tenderer for the amount as mentioned in NIT in favour of RITES Limited in the form of demand draft from any Scheduled bank payable at Gurgaon/New Delhi.  

b. Tenders will be accepted in the office of Additional General Manager, Ports and Water Resources Division, Fourth Floor, Left Wing, RITES Office Complex, Plot No. 1, Sector – 29, Gurgaon‐122 001 (INDIA) 

 c. As per Time and Date of opening of  tender given  in para 1.2.4 of NIT,  late or 

delayed tender will not be accepted under any circumstances.   

d. Period  for which the tender  is  to be kept valid  ‐ 90 days  from the  last date of submission of Tender. 

 

e. Period of commencement of work One Week  from the date of  issue of “Work order / Letter of acceptance”.  

 

f. Period  of  completion:  10 weeks  for  Survey  from  the  date  of  issue  of  “Work order  /  Letter  of  acceptance”.  However,  progress  of  survey  to  be  furnished weekly. 

 

g. Applicants must not have been black listed or de‐registered by any Government agency or Public Sector Undertaking during the last five years for which agency have to submit undertaking. 

Page 5: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 4

h.  The  following  documents will  be  required  to  be  submitted  by  the  tenderer along with tender: 

     Technical bid will contain the followings:  

i) Original Tender Documents duly signed and stamped on each page. ii) Company profile iii) List  of  survey  instruments/computers  proposed  to  be  deployed  on 

work. iv) List of staff with detailed CVs proposed to be deployed on work. v) List of  similar works already  completed  /  in progress during  the  last 

five financial years. vi) EMD  Financial bid will contain the followings: 

 i) Price bid in of BOQ format 

 1.5  If any  tenderer gives any wrong  information or  suppresses any material  facts,  the 

Employer/Engineer shall be free to reject such a tender at any stage and even cancel the Contract (after the acceptance of the tender) at the risk and cost of the tenderer.  

1.6  Each  tenderer,  or  any  associate will  be  required  to  confirm  and  declare      in  the tender submittal that no agent, middleman or any  intermediary has been, engaged to provide any services, for award of this contract.  

 1.7      SITE VISIT  1.7.1   Any  site  information  given  in  this  tender  document  is  for  reference  only.  The 

tenderer  is advised  to visit and examine  the Site of Works and  its  surroundings at his/their  cost  and  obtain  all  information  that may  be  necessary  for preparing  the tender and entering into a contract. 

 1.7.2  The  agency  shall  be  deemed  to  have  inspected  the  Site  and  its  surroundings 

beforehand and taken  into account all relevant factors pertaining to the site  in the preparation and submission of the Tender. 

 1.8  CONTENTS OF TENDER DOCUMENTS  1.8.1  The  tenderer  is  expected  to  examine  carefully  all  the  contents  of  the  tender 

documents including instructions, conditions, terms, specifications and drawings and take them fully into account before submitting his offer.  Failure to comply with the requirements  as  detailed  in  these documents  shall be  at  the  tenderer’s own  risk. Tenders which are not responsive to the requirements of the tender documents will be rejected. 

 

Page 6: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 5

1.9  CLARIFICATION ON TENDER DOCUMENTS   

1.9.1  While  all  efforts  have  been made  to  avoid  errors  in  the  drafting  of  the  tender documents,  the  tenderer  is  advised  to  check  the  same  carefully.    No  claim  on account of any errors detected in the tender documents shall be entertained. 

 1.10    AMENDMENT TO TENDER DOCUMENTS  1.10.1  At any time prior to the deadline  for the submission of tenders, the Engineer may, 

for any reason, whether at his own initiative or in response to a clarification or query raised by a prospective tenderer, modify the tender documents by an amendment. 

 1.10.2  The  said  amendment  in  the  form  of  an  addendum will  be  sent  to  all  prospective 

tenderers who have received the tender documents, to reach them 2 days prior to the deadline for the submission of tenders.  This communication will be in writing or by telefax and the same shall be binding upon them.   Prospective tenderers should promptly acknowledge receipt thereof by telefax to the Engineer. 

 1.10.3  In order to afford prospective tenderers reasonable time for preparing their tenders 

after  taking  into account such amendments,  the Engineer or  the Employer may, at his discretion, extend the deadline for the submission of tenders. 

 1.11  LANGUAGE OF TENDER  1.11.1 The tender prepared by the tenderer and all correspondence and documents relating 

to the tender exchanged between the tenderer and the Employer/Engineer shall be in the English language. 

 1.12  TENDER PRICES  1.12.1 The tenderer is required to quote for all the items as per tender documents  1.12.2 The  rates  for  each  item  shall be  reasonable  and not unbalanced.    If  the  Engineer 

comes across any unbalanced rates, he may require the tenderer to furnish detailed analysis to justify the same. Should the tenderer fail to comply with this; his tender shall be  liable to be rejected by the employer, who may award the contract to any other tenderer. 

 1.12.3 The  tenderer  shall  keep  the  contents  of  his  tender  and  rates  quoted  by  him 

confidential.   1.13  CURRENCIES OF THE TENDER  

Tender prices shall be quoted in Indian Rupees only.   

Page 7: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 6

1.14  TENDER VALIDITY  

The tender shall remain valid and open for acceptance for a period of as specified in para 1.4 (d) above. 

1.15  EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)  

1.15.1  The tenderer shall furnish Earnest Money Deposit (EMD) as specified in Para 1.4 (a) above. 

 

1.15.2 The  Earnest Money  Deposit  (EMD)  shall  be  in  the  form  of  a  bank  draft  on  any Scheduled bank payable at Gurgaon/New Delhi. 

 

1.15.3 Any  tender not accompanied by an acceptable EMD will be  summarily  rejected by the Employer/Engineer as non‐responsive. 

 

1.15.4  The Earnest Money Deposit  (EMD) of  the unsuccessful  tenderer  shall be  returned upon  the  executing  the  Contract  Agreement  by  successful  tenderer.  The  Earnest Money  Deposit  (EMD)  of  successful  tenderer  shall  be  returned  after  successful completion of work.  

 

1.15.5 Earnest Money Deposit (EMD) will be forfeited in the following cases  

a. If  the  Tenderer withdraws  / modifies  his  tender  during  the  period  of  tender validity  

b. If  the  tenderer  does  not  accept  the  correction  of  his  tender  in  pursuance  to clause 1.22 

c. If the tenderer after award of work, does not start the work within the stipulated time period as per letter of award 

 

1.15.6  No  interest will be payable by the Employer on the Earnest Money Deposit  (EMD) amount cited above 

 

1.16  SIGNING OF THE TENDERS  1.16.1  Entries to be filled in by the Tenderer shall be typed or written in indelible ink.  The 

person submitting the Tender along with the date of signing should sign each page of the documents in full at the bottom.  

 1.16.2 The person signing/initiating the documents shall be one who  is duly authorized  in 

writing by or for and on behalf of the Tenderer and/or by a Statute Attorney of the Tenderer.  Such authority in writing in favour of the person signing the tender and/or notarially  certified  copy  of  the  Power  of  Attorney  as  the  case may  be,  shall  be enclosed along with the tender. 

 

1.16.3 The  complete  tender  shall  be  without  alterations,  overwriting,  interlineations  or erasures  except  those  to  accord with  instructions  issued  by  the  Employer,  or  as necessary to correct errors made by the tenderer. All amendments/corrections shall be initialed by the person or persons signing the tender. 

 

Page 8: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 7

1.17  SUBMISSIONS OF TENDERS  1.17.1 Tenders must be delivered at the place and time as indicated in para 1.4 (b) above in 

a sealed envelope duly marked on top with Tender Number, Name of work and label “DO  NOT  OPEN,  EXCEPT  IN  PRESENCE  OF  THE  TENDER  OPENING  COMMITTEE BEFORE  15.30  HRS  of  03.12.2012”.  Tenders  should  be  submitted  in  two  sealed envelopes  (1)  Technical  Bid  and  (2)  Price  Bid.  The  Employer/Engineer may,  at  his discretion, extend  this date  for  the  submission of  tender by amending  the Tender Documents.    If  such  nominated  date  for  submission  of  tender  is  subsequently declared as a Public Holiday by the Employer, the next official working day shall be deemed as the date for submission of tender.   

1.17.2 Tenders shall be submitted in time to the office of RITES Ltd. The Engineer/Employer cannot take any cognizance and shall not be responsible for delay in transit. 

 1.17.3 Tenders sent  telegraphically or  through other means of  transmission  (telefax etc.), 

which cannot be delivered in a sealed envelope, shall be treated as defective, invalid and shall stand rejected.  

 1.18  LATE TENDERS  

Any tender received  in the nominated office of RITES Ltd. after the prescribed time for submission of tenders herein will be returned unopened to the tenderers. 

 1.19  TENDER OPENING  1.19.1  The employer or his authorized representative will open the tenders in the presence 

of  tenderers or  their  representatives who  choose  to  attend on  the date and  time indicated  in  para  1.4  (c)  above  in  the  office  of  the Additional General Manager, Ports  and Water  Resources  Division,  RITES  Bhawan,  1,  Sector  –  29,  Gurgaon  –122001. If such nominated date for opening of tender is subsequently declared as a Public Holiday, the next official working day shall be deemed as the date of opening of Tender.  

  1.19.2 The  Employer/Engineer will  examine  the  tenders  to  determine whether  they  are 

complete, whether the requisite Earnest Money Deposit (EMD) has been furnished, whether the documents have been properly signed, suitability of technical bid to the said work and whether the tenders are  in order  in all respects. The price bid of the tender will be opened if all the conditions are satisfied. 

 1.19.3 The  tenderers  name,  the  presence  or  absence  of  the  requisite  Earnest  Money 

Deposit  (EMD)  and  such  other  details  will  be  announced  at  the  time  of  tender opening by the Employer or his authorized representative. 

 

Page 9: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 8

1.20   PROCESS TO BE CONFIDENTIAL  1.20.1  Except  the  public  opening  of  tender,  information  relating  to  the  examination, 

clarification,  evaluation  and  comparison  of  tenders  and  recommendations concerning  the  award  of  contract  shall  not  be  disclosed  to  tenderers  or  other persons not officially concerned with such process. 

 1.20.2  Any  effort  by  a  tenderer  to  influence  the  Employer/Engineer  in  the  process  of 

examination,  clarification,  evaluation  and  comparison  of  tenders  and  in  decisions concerning award of contract, may result in the rejection of his tender. 

 1.21  CLARIFICATION OF TENDERS  1.21.1  To assist  in the examination, evaluation and comparison of Tenders, the Engineer / 

Employer may ask  tenderers  individually  for clarification of  their  tenders,  including breakdowns  of  prices.    The  request  for  clarification  and  the  response  shall  be  in writing or by telefax but no change  in the price or substance of the tender shall be sought, offered or permitted except as required to confirm correction of arithmetical errors discovered by the Engineer during the evaluation of tenders.  

 1.21.2  Prior  to  the  detailed  evaluation  of  tenders,  the  Engineer will  determine whether 

each tender is responsive to the requirements of the tender documents.  1.21.3  The Employer/Engineer will award, the contract to the tenderer, whose tender has 

been determined  to be  substantially  responsive,  complete and  in accordance with the  tender documents and whose evaluated Price has been determined  to be  the lowest.  Negotiations, if any, shall be carried out with lowest responsive tenderer. 

 1.22  EMPLOYER’S RIGHT TO ACCEPT ANY TENDER AND TO REJECT ANY OR ALL TENDERS  1.22.1  Notwithstanding Clause 1.21.3,  the Employer  reserves  the  right  to accept or  reject 

any tender, and to annul the tender process and reject all tenders, at any time prior to award of contract, or to divide the contract between / amongst tenderers without thereby incurring any liability to the affected tenderer or tender's or any obligations to inform the affected tenderer or tender's of the grounds for the Employer’s action. 

 1.23  NOTIFICATION OF AWARD  1.23.1  Prior  to  the  period  of  tender  validity  prescribed  by  the  Engineer  /  Employer,  the 

Engineer / Employer will notify the successful tenderer by telegram or telefax to be confirmed  in writing by  registered  letter,  that his  tender has been accepted.   This letter (hereinafter and in the conditions of Contract called the Letter of Acceptance) shall name the sum which the Employer will pay to the contractor in consideration of the execution and completion of  the works by  the contractor as prescribed by  the contract  (hereinafter  and  in  the  conditions  of  contract  called  the  Contract  Price).  The "Letter of acceptance” will be sent in duplicate to the successful tenderer, who will  return  one  copy  to  the  Employer  duly  acknowledged  and  signed  by  the 

Page 10: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 9

authorized  signatory,  within  two  days  of  receipt  of  the  same  by  him.    No correspondence  will  be  entertained  by  the  Employer  from  the  unsuccessful Tenderers. 

 1.23.2  The “Letter of Acceptance” will be a part of the contract.  1.23.3  Upon “Letter of acceptance” being signed and returned by the successful tenderer as 

per clause 1.23.1, the employer will promptly notify the unsuccessful tenderers and discharge / return their tender securities.   

 1.24  SIGNING OF AGREEMENT  1.24.1  The Engineer/Employer shall prepare the Agreement in the Proforma included in this 

Document, duly  incorporating all the terms of agreement between the two parties.  However,  the  successful  tenderer  shall  arrange  the  necessary  Non‐judicial  stamp papers  of  requisite  value  and  attend  the  RITES  office  to  execute  the  agreement within  two  weeks  of  the  date  of  receipt  of  the  “Letter  of  acceptance”  duly acknowledged  and  signed  by  the  successful  tenderer.    Up  on  executing  the agreement the original agreement will be retained by the employer and one copy of the  Agreement  duly  signed  by  the  Employer  and  the  Contractor  through  their authorized signatories, will be supplied by the Employer to the contractor. 

 

Page 11: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 10

FORM OF AGREEMENT  

(TO BE EXECUTED ON A RS.100/- NON-JUDICIAL STAMP PAPER)  Name of the work:‐  Topographic and Hydrographic Survey Work for Long Term Flood 

Mitigation  Measures  and  Pollution  Abatement  Study  in THIRUVANANTHAPURAM 

  This Agreement  is made on  the  ‐‐‐‐ day of  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 2012 between RITES Ltd. hereinafter called “the Employer” of the one part and M/s‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ hereinafter called “the contractor” of the other part.   Whereas  the  Employer  is  desirous  that  “Topographic  &  Hydrographic  survey  works  as detailed  in  “Section  2.0  ‐  Scope  of  work  “hereinafter  called  the  “the  Works”  and  has accepted a Tender by the contractor for the execution and completion of such works.  NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:   1. In  this  Agreement  words  and  expression  shall  have  the  same  meanings  as  are 

respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to.  2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of 

this Agreement viz.  

a) TENDER  NO:  RITES/P&WR/KERALA/133/SURVEY/2012  dated  19.11.2012 comprising of Notice  Inviting Tender,  Instructions to Tenderers, Scope of work, Site information, Special Conditions of Contract and Bill of Quantities.  

b) Your offer through your letter No. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

c) Our Letter of acceptance No.:‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    In  consideration  of  the  payment  to  be  made  by  the  Employer  to  the  contractor  as hereinafter mentioned, the contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works by ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ and remedy any defects therein  in conformity  in all respects with the provisions of the contract.  The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying of defects therein, the Contract price of Rs. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  being  the  sum  stated  in  the  letter  of  acceptance  subject  to  such additions  thereto or deductions  there  from  as may be made under  the provisions of  the contract at the times and in the manner prescribed by the contract. 

Page 12: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 11

      IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have caused their respective Common Seals to be hereunto affixed / (or have hereunto set their respective hands and seals) the day and year first above written.    For and on behalf of the          For and on behalf of the  Contractor              Employer    Signature of the authorized          signature of the authorized Official               official.    Name of the official             Name of the official Stamp/Seal of the contractor         Stamp/Seal of the Employer     SIGNED, SEALED AND DELIVERED  By the said               By the said   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐             ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  Name ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐             Name ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  On behalf of the contractor in         On behalf of the Employer The presence of‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          in the presence of ‐‐‐‐‐‐‐‐   Witness              Witness Name                Name Address              Address  

Page 13: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 12

SECTION 2.0 SCOPE OF WORK 

 2.0  GENERAL  

The work mainly comprises of Topographic and Hydrographic Survey for Long Term Flood  Mitigation  Measures  and  Pollution  Abatement  Study  in THIRUVANANTHAPURAM.     Activities to be performed are as follows: 

• Detailed topographic survey of Karimadom flood mitigation Tank & adjoining Colony  

• Longitudinal Section of 6 nos of Thodus. • Topographic and hydrographic Survey of Karmana River. • Topographic and hydrographic Survey of Killi River. 

 2.1  TOPOGRAPHIC AND HYDROGRAPHIC SURVEY  2.1.1 KILLI RIVER 

 The topographic and hydrographic survey should be started from the confluence of river  Karmana  River  to  about  35km  up  stream.  The  details  of  the  hydrographic survey as given below:   

   i)  The cross sections of river within city limits of Thiruvananthapuram (about 15 km) 

will be  recorded  from bank  to bank at 100 m  interval and Levels on each cross section will  be  recorded  at  suitable  intervals depending  upon  the width of  the river.  

ii)  The  cross  sections of  river beyond  city  limits of Thiruvananthapuram  (about 20 km) will be recorded from bank to bank at 250 m interval and Levels on each cross section will  be  recorded  at  suitable  intervals depending  upon  the width of  the river. 

 2.1.2 KARMANA RIVER 

The topographic and hydrographic survey should be started from the confluence of sea  to  about  68  km  up  stream.  The  details  of  the  hydrographic  survey  as  given below:   

 i)   The cross sections of river within city limits of Thiruvananthapuram (about 15 km) 

will be  recorded  from bank  to bank at 250 m  interval and Levels on each cross section will  be  recorded  at  suitable  intervals depending  upon  the width of  the river.  

ii)  The  cross  sections of  river beyond  city  limits of Thiruvananthapuram  (about 53 km) will be recorded from bank to bank at 500 m interval and Levels on each cross section will  be  recorded  at  suitable  intervals depending  upon  the width of  the river. 

Page 14: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 13

2.2  GENERAL INSTRUCTIONS FOR SURVEY  The work  involves carrying out a detailed survey along the Rivers, or as directed by Engineer in charge.  i) Suitable numbers of Gauge Stations should be established in the study area (If 

required)  and water  level  should  be measured  at  1  (One)  hr  interval  during hydrographic survey period. 

ii) Zero  chainage of Karamana River  should be  taken  from  sea mouth  and  Zero chainage of Killi River should be  taken  from confluence of Karamana and Killi River. 

iii) The  survey  should  cover  details  of  Nallas,  Storm  water  drains  or  drain, Distributaries  etc.    joining  the  river  and  there  arrangements  at  the  river  confluence and also  note the HFL of river at this location and HFL of Drain. 

iv) Details of shoal area  in  the river should be  taken and extra cross sections are required to be taken in these areas. 

v) Details  of  Rock  out  crops,  boulders,  weeds,  jungle  growth,  grass,  plants  or dumping materials should be taken and approximate areas and levels should be taken for assessment of clearing of these obstructions. 

vi) The  sudden  change  of  ground  levels  and  levels  should  be  taken  and  other features etc. as decided by the Engineer‐in‐charge. 

vii) Details of existing shutter arrangement of the drain/Nalla should be taken. The condition of  the  shutter  should be noted and also noted  that are working or not. 

viii) The survey should show and cover all  the crossing structures of  the  river  like Road  Bridge  / Rail Bridge with  type  of  structure,  number  of  spans  and  span lengths, HFL and other structures as decided by the Engineer‐in‐charge. 

ix) Details  of  Religious  structures  such  as  temple, Gurudwara, Mosque,  Church, Monuments,  tombs,  etc.  clearing marking  the  River  boundary  all  along  the corridor. 

x) Marking outer dimension of all boundaries of the buildings with plot numbers and ownership  (such as private, government, residential and commercial etc.) within survey limits. 

xi) The control points  shall be made of  structure along  the  survey area/ cement concrete  of  grade M‐15  (1:2:4),  square  shape  in  top  and  size  of  200mm  x 200mm  x 400mm. A  rod of 10 mm diameter and 350 mm  long of Mild Steel shall be provided at the center of pillar to mark location of traverse station. Top of control point shall be at same  level as  that of adjoining ground  level. Each control point  shall be painted  to mark  its number.  It  is deemed  that  cost of control  points  is  included  in  BOQ.  No  extra  payment  shall  be made  on  this account. The control points shall be maintained throughout the survey period. 

xii) The observations  for measurement of  vertical distances on bench marks  and other points shall be read to accuracy to the nearest 5 mm.   The error of mis‐closure in vertical distance shall be distributed linearly.  

Page 15: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 14

 

xiii) Levels of the cross section 9 points should be taken as state irrespective of the width of the river as follows:  

  

xiv) At  the  end  points  of  the  cross  section  on  both  the  high  banks,  if  there  is  a construction/building/constructed wall  and/or  any  other  object  affecting  the spillover or flow of water, it will be noted in the remarks column of the point. 

xv) Control points established along the alignment shall be referred as temporary bench marks. 

xvi) Leveling must be carried out by an auto level only. xvii) The work  involves  carrying  out  of  leveling  of  control  pillars  and  connecting 

them to GTS bench marks.   Leveling should be carried out by double territory method, to obtain precision in the job. 

xviii) Reduced Levels of all  traverse stations and permanent control points shall be taken by Double territory method. 

xix) TBMs  should  be  established  at  each  1.0  km  interval  on  any  permanent structure  nearby  and  at  critical  locations  as  per  instructions  of  Engineer‐in‐charge.  

xx) All  leveling  calculations must  be  submitted  in  a  register  along with  all  field recording data books.   All the field data and calculation work must be done  in the Excel Package of computer and to be submitted to Engineer‐in‐charge. 

xxi) Details of all the points of the river cross sections (Lat., Long and Z) should be given in tabular form. 

xxii) Flow obstruction such as Rock out crops, boulders, weeds, jungle growth, grass, plants or dumping materials should be shown in the river map. 

xxiii) Other details like river banks, village name, road, rail etc. or as per instructions of Engineer‐in‐charge along the rivers should be taken by SOI map. 

xxiv) All drawings shall be prepared on Auto CAD.  The Auto CAD drawings shall have different  layers  for  different  entities  like  Road,  Spot/  Ground  levels,  Drain, Building, Boundary Wall, Traverse Station, ROB etc. as instructed by Engineer In charge. X, Y, Z co‐ordinates of all spot / ground points / obstructions shall be provided  in CSV file as directed by Engineer‐in‐charge with point numbers and feature coding as per  list of codes given by Engineer‐in‐charge. Z co‐ordinates are to be taken with due care and indicated accordingly. 

xxv) All the ground levels / river bed / nalla bed levels shall be plotted in the form of Longitudinal Section/ Cross Section with current water  level  in Auto CAD with scale 1: 1000 horizontal, 1: 100 vertical in consultation with Engineer‐in‐charge.  

xxvi) Plan should be plotted with 1:1000 scales in city limit and 1:10000 beyond city limit. 

Page 16: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 15

Any other  structure or details which  the  contractor may  feel  important  and or as instructed by Engineer‐in‐charge should be taken. 

 

2.3 Topographic Survey of Karimadom Tank and adjoining colony  

The  topographic and hydrographic survey  (if  required) of  the karimadom  tank and topographic survey of the adjoining colony should be carried out by the DGPS / total station. The approx area of  the Karimadom Tank and adjoining colony  is 5 ha. The spot  level  should  be  taken  as  20m  interval  grid  or  as  instructed  by  Engineer‐in‐charge.  Details  of  drains/  permanent  structures  or  as  instructed  by  Engineer‐in‐charge should also be taken within the Karimadom colony.  

2.4 TOPOGRAPHIC SURVEY OF 6 NOS OF THODUS (DRAIN/NATURAL DRAIN/NALLA)  Longitudinal sections of the six thodus namely i) Vanchiyoor thodu, ii) Ulloor thodu, iii) Pattom thodu, iv) Thekanankara thodu, v) Amayizhauchan thodu and vi) Palvanadi thodus are to be taken at an interval of 20 m. The approximate length of the thodus vary from 2km to 10km.  

2.5 REPORT  

Three  hard  copies  and  two  soft  copies  (in  Ms‐Word/Excel/AutoCAD  format)  of detailed report containing following contents shall be submitted: 

 a) Introduction b) Detailed Methodology c) Detail river route description d) List  of  Crossing  Structures  i.  e.  Road/rail  bridges,  HT  line  etc.  with  related 

parameters available at site. e) Details of the Rock out crops/ boulder/ weeds/  jungle growth / grass/ plant / 

island / dumping material and Shoal location with chainage. f) List of the Drains / Thodus / Streams etc. with the chainage and bank. g) Drawings  are  to  be  prepared  in AutoCAD  showing River  Plan,  Cross  Section, 

gauge  location,  all  structures,  reference  points  and  other  salient  features  as directed by the Engineer in charge along the river. 

h) List of TBM/BM with description which to be mark on the site. i) Water Level record during survey period. j) Photos of river crossing structure k) Photos of the rock out crops and critical points.   

2.6  GENERAL INSTRUCTIONS  

i) All  the Survey work  (barring  levelling work) shall be carried out using DGPS / Total Station of two second accuracy. The levelling work shall be carried out by Auto level.  

 

Page 17: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 16

ii) The  minimum  four  Controlling  pillar  having  X,  Y,  Z  coordinates  shall  be established at  locations along  the  river  corridor  for verification of  the  survey works as directed by Engineer in charge.  

 

iii) All the coordinates of controlling pillars, traverse stations and all spot / ground / obstruction points should be provided both  in UTM coordinates system and WGS84 coordinate system (Lat, Long and Z) in tabular form.  

 

iv) The tenderers should possess all required equipments/ instruments & facilities with them in adequate quantity to complete the work, which shall be minimum of the following: 

 

a) Two Auto Levels with all necessary accessories. b) Two  total stations of 2  seconds accuracy with all necessary     accessories/ 

one set of DGPS with all necessary accessories for topographic survey. c)    A Pentium‐IV  computer/  Laptop with Autocad 2009,  latest MS Office and 

other necessary packages for preparation of drawings etc. d) Software for downloading & preparation of L‐Section/ cross section such as 

Auto plotter or similar etc.  

v) All  control  points must  be  established  in  consultation with  the  Engineer‐in‐charge. 

 

vi) The legends for surveying and preparation of plans shall conform to the Survey of India. 

 

vii) Weekly progress report should be provided to Engineer‐in‐charge and planning for  the  future  work  should  be  provided  to  Engineer‐in‐charge  one  week advance. 

 viii) All field books, note books/ sketchs, drawings and other documents containing 

field data gathered during  traverse survey shall be handed over  to RITES Ltd. and contractor shall have no claim or use whatsoever.  The contractor shall not reproduce any data collected from the work in any form. 

 

ix) The  quoted  rates  shall  be  inclusive  of  all  the  cost  of  labours,  materials, equipments, preparation of drawings and  reports etc. and any other  charges whatsoever shall not be entertained in any circumstances. 

 

x) The  Engineer‐in  charge  or  his  representative  will  be  visiting  site  and  the engineers engaged in work shall extend cooperation and explain methodology adopted and satisfy them for accuracy of work. 

 

xi) The  equipment  used  shall  be  accessible  to  the  Engineer  in  charge  or  his representative for inspection to ensure their suitability for the job. 

 

xii) The coordinates of all traverse stations are to be calculated with respect to the co‐ordinates of stations as given by RITES Ltd. 

 

xiii) The permissible variation in the quantity as given in the table in BOQ will be up to + 25 %. 

Page 18: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 17

 

2.7  SURVEY INSTRUMENTS    2.7.1  Quality    

All  instruments/materials  used  in  the works  shall  be  of  the  best  quality  of  their respective kinds as specified herein, and approved by the Engineer and shall comply strictly with the tests prescribed in the Technical Specifications / Code of Practice. 

 2.7.2  Rejection  

Any  instruments/materials  found  not  to  conform  to  the  specifications  shall  be rejected forthwith and shall have to be removed from the site by the contractor at his own cost. 

 Any work not to the satisfaction of the engineer or his representative will be rejected and same shall be rectified, or removed and replaced with work of required standard of workmanship at no extra cost. 

 2.8  TIME SCHEDULE  

The Contractor shall submit all deliverables as per the tenderer “Time Schedule” for completion  of  various  items  of work.  This  schedule will  be within  a  completion period  of  10 weeks.  The  agency has  to  deploy minimum  two  separate  teams  for carrying out the field work.   The detailed programme in the form of a quantified bar chart or CPM network shall include all activities starting from beginning to completion. 

Page 19: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 18

SECTION – 3.0  

SITE INFORMATION  

WORK SITE    Thiruvananthapuram City having an approximate area of 250 sq.Km has a topography with levels ranging from MSL to 100m above, with an average level of +36m. The annual rainfall is  1700mm.  The  city  has  a  natural  drainage  system  consisting  of  two  main  rivers  Viz, Karamana and Killi and a network of canals and  thodus  (Nalla/Drain),  the most  important among  them  being  Parvathy  Puthanar  /  T.S  Canal,  Amayizhanchan  thodu  (  Kannamoola thodu),  Pazhavanagadi  thodu  (  Vanchiyoor  thodu),  Pattom  thodu,  ulloor  thodu  and Thekkanamkara canal.   The  Karmana  river  Basin  with  an  areal  spread  of  approximately  702  Sq.Km  is  located between Lat 8 0 21’ 49” Nand 8 0 40’ 55”N and Long 76 0 49’ 46” E and 76 0 14’ 35”.The main stream of Karamana has a  length of 68Km and the  lower portions of the river flows within the  city  limit.  The  average width  of  the  river  is  about 50m. At  the upstream portions of Karamana river there are two dams, namely Peppara dam and Aruvikkara dam.   Killi  river  is  a  tributary  of  Karamana  river  which  has  its  origin  at  Theerthankara  in  the boundary of Anadu and Panavoor Panchayat. It has a total length of 34Km and lies entirely in Karamana basin. About 15km of the river flows inside the Thiruvananthapuram city limits. The killi  river  joins Karamana  river at Moonattumukku  in  the coastal  stretch and  flows  to Arabian sea through Poonthura estuary. The average width of the river is about 10m.   The thodus mentioned above originate within the city limits flows through thickly populated areas and ultimately discharges into Akkulam lake which opens to Arabian sea through Veli pozhi. A map showing different rivers / thodus in the city limit is furnished in Annexure: 1  The  Flood  moderation  tank  called  Karimadom  tank  is  situated  near  East  Fort  of Thiruvananthapuram city The tank and the adjoining marshy areas were acting originally as a flood cushion but the present situation is that the tank has been completely silted up and the adjoining areas have become urbanized with a number of colonies.   

 

Page 20: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 19

Annexure:1  

Page 21: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 20

SECTION 4.0 

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT  4.1      WORK PROGRAM  

The contractor shall submit the work program before the start of work to Additional General Manager,  Ports  and Water  Resources  Division  and  submit  2  copies  of weekly progress report to the Engineer in charge at site or his representative, clearly indicating the target achieved and programme for next week.  

 4.2     SAFETY PRECAUTIONS DURING PROGRESS OF WORKS  

The contractor shall take all precautions to ensure safety of the staff, existing utility services, adjoining structures etc., during progress of work.  The contractor shall also make necessary arrangement  for  the  safety of his workers,  if any accident occurs, the entire responsibility fall on the part of the contractor. 

 4.3  DAMAGE TO GOVERNMENT PROPERTY OR PRIVATE LIFE & PROPERTY  

The  contractor  shall be  responsible  for all  risks  to  the works and  for  trespass and shall  make  good  at  his  own  expense  all  loss  or  damage  whether  to  the  works themselves or to any other property of the Government (including Utility Services.), RITES  Ltd.  is  not  responsible  for  the  lives  of  persons  or  property  of  others whatsoever may be the cause  in connection with or as a result of the execution of works until  they are  taken over by  the RITES Ltd., even  though all  reasonable and proper  precautions may  have  been  taken  by  the  contractor.    Such  cost,  loss  or damages  or  compensation  (including  that  payable  under  the  provisions  of  the Workmen’s Compensation Act or any statutory amendments thereof) to any person or  persons  sustaining damage  as omission  on  the part  of  the  contractor,  is  to be borne by the contractor.   The amount of any costs or charges (including costs and charges in connection with legal proceedings), which may incur in reference thereto, shall be charged to the or to defend or comprise any claim or threatened legal proceedings or in anticipation of legal  proceedings  being  instituted  consequent  on  the  action  or  default  of  the contractor to take such steps as may be considered necessary or desirable to ward off mitigate the effect of such proceedings, charging to the contractor as aforesaid any  sum  or  sums  of money  which  may  be  paid  and  any  expenses  whether  for reinstatement or otherwise which may be  incurred  and  the propriety of  any  such payment, defense or comprise and  the  incurring of any such expenses shall not be called in question by the contractor.  

Page 22: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 21

4.4   RISK AND COST   

In case contractor fails to complete work as per schedule, RITES Ltd. has discretion to get the work completed from any other agency at his risk and cost by giving advance notice of 7 days.   

4.5  PERMISSION  

Contractor shall take necessary permission from the concerned agencies for carrying the  survey work. However,  assistance  in  form  of  letters  etc.  to  local  agencies  for obtaining permission shall be extended to contractor. 

 4.6     TAXES AND LEVIES  

Sales tax, works tax, consignment tax and other taxes &  levies as applicable to site will borne by contractor. Service  tax @ 12.36% or as applicable will be paid extra. However, agency shall submit proof of registration with service tax department.  

 

4.7     LIQUIDATED DAMAGES  

Time is essence of the contract and it shall be strictly adhered to. In case of any delay not attributed to RITES Ltd. in the execution of work beyond stipulated time period, RITES Ltd shall recover as liquidated damage from contractor at the rate of 1/2 (half) percent of contract value per week of delay, limited to 10 (ten) percent of total value of the contract. 

 

4.8     FORCE MAJEURE  

War, invasion, revolution, riot, sabotage, lockouts, strikes, work shut down imposed by Government, acts of  legislative or other authorities,  stoppage  in  supply of  raw materials, fuel or electricity, break down of machinery by mob or mass, act of God, epidemic, fires, earthquakes, floods, explosives, accidents and navigation blockages, or any other acts or events whatsoever, which are beyond  reasonable  controls of contractor and which shall directly or indirectly prevent completion of project within the  time  specified  in  the agreement, will be  considered Force Majeure. RITES  Ltd. shall grant necessary extension of  completion date  to  cover  the delays  caused by Force Majeure without any financial repercussions. 

 

4.9     SETTLEMENT OF DISPUTES.  

Matters will be  finally determined by RITES Ltd. All disputes and differences of any kind whatsoever arising out of or in connection with the contractor, whether during the progress of the works or after their completion and whether before or after the determination of  the contract shall be  referred by  the contractor  to and RITES Ltd shall within  a  reasonable  time  after  their  presentation make  and  notify  decisions thereon  in writing. The decisions, directions, classification, measurements drawings and certificates with respect to any matter the decision of which is specially provided for by these or other special conditions, given and made by the RITES Ltd, or a by the Engineer on behalf of the RITES Ltd, are matters which are referred to hereinafter as accepted matters and shall be final and binding upon the contractor and shall not be 

Page 23: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 22

set aside on account of any  infirmity, omission, delay or error  in proceedings,  In or about the same or any other ground or for any other reasons and shall be without appeal.  

In  the  event  of  any  dispute  or  differences  between  the  parties  hereto  as  to  the construction or operation of  this contract or  the  respective  rights and  liabilities of the parties on any matter in question, dispute or differences on any account, or as to the withholding by RITES Ltd of any certificate to which the contractor may claim to be entitled to or if the RITES LTD. fails to make a decision within a reasonable time, then and in any such case, the contractor after 30 days of presenting his final claim on  disputed  matter  may  demand  in  writing  that  the  dispute  or  differences  be referred to arbitration. Such demand for arbitration shall specify the matters which are in question dispute or differences and only such disputes or differences of which the  demand  has  been  made  and  no  other,  shall  be  referred  to  arbitration., obligations  during  tendency  of  arbitration  work  under  the  contract,  shall  unless otherwise directed by the Engineer, continue during the arbitration proceedings and no payment due or payable by RITES LTD. shall unless withheld on account of such proceeding, provided however,  it  shall be open  for  the arbitrator or arbitrators  to consider and decide whether or not  such work  should  continue during arbitration proceedings. 

 4.10     ARBITRATION  

Matters in question, dispute or differences to be arbitrated upon shall be referred to for decision to a sole arbitrator who shall be the Group General Manager, RITES Ltd. or  a  nominated  person will  be  appointed  by  Director  Project,  RITES  LTD., whose decision shall be final and binding to the contractor.  The work shall be continued as per programme during pendency of arbitration. 

 4.11  SCHEDULE OF PAYMENT  

• 20%  of  the  quoted  fees  on  completion  of  field work  and  submission  of  draft report of Killi River and its approval by RITES. 

• 30%  of  the  quoted  fees  on  completion  of  field work  and  submission  of  draft report of Karamana River and its approval by RITES. 

• 10%  of  the  quoted  fees  on  completion  of  field work  and  submission  of  draft report  of  Karimadom  Tank  and  adjoining  Colony  &  6  nos  of  Thodus  and  its approval by RITES. 

• 10  %  of  quoted  fees  on  submission  of  final  report  of  Killi  River  and  other documents after comments by RITES and its approval by RITES. 

• 10 % of quoted fees on submission of final report of Karamana River and other documents after comments by RITES and its approval by RITES. 

Page 24: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 23

• 10  %  of  quoted  fees  on  submission  of  final  report  of  Karimadom  Tank  and adjoining Colony &  6 nos of  Thodus  and other documents  after  comments by RITES and its approval by RITES. 

• 10 % of quoted fees on acceptance of final report by Client.   4.12  DELIVERABLES  

The  following  drawings,  reports,  documents  etc.  shall  be  submitted  by  the Contractor/Sub‐consultant as per time frame indicated below: 

   Inception report  One  week  from  the  date  of  award  of 

work. Completion of  field work and  submission of  draft  report  of  Killi  River  and  its approval by RITES. 

3rd  week  from  the  date  of  award  of work. 

Submission  of  final  report of  Killi  Riverand other documents after comments by RITES and its approval by RITES. 

5th  week  from  the  date  of  award  of work. 

 Completion of  field work and  submission of draft report of Karamana River and  its approval by RITES. 

6th  week  from  the  date  of  award  of work. 

Submission  of  final  report of  Karamana River  and  other  documents  after comments  by  RITES  and  its  approval  by RITES. 

8th  week  from  the  date  of  award  of work. 

 Completion of  field work and  submission of  draft  report  of  Karimadom  Tank  and adjoining Colony &  6 nos of  Thodus  and its approval by RITES. 

8th  week  from  the  date  of  award  of work. 

final  report  of  Karimadom  Tank  and adjoining Colony &  6 nos of  Thodus  and other  documents  after  comments  by RITES and its approval by RITES. 

9th  week  from  the  date  of  award  of work. 

 Submission  of  final  report  after incorporation  of  corrections  and acceptance of final report by Client 

Within  one  week  after  issue  of comment  by  RITES  but  overall  time period shall be 10 weeks from award of work.

  

Page 25: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 24

4.13  RUNNING PAYMENTS NOT PREJUDICIAL TO FINAL SETTLEMENT  

Running  payment made  to  the  contractor  shall  be without  prejudice  to  the  final payment  of  accounts  (except  where measurements  are  specifically  noted  in  the measurements book  as  final measurements  and  as  such have been  signed by  the contractor) and shall  in no  respect be considered or used as evidence of any  facts stated or  in or  to be  inferred  from such accounts not of any particular quantity of works having been executed nor of the manner of its execution being satisfactory.  

4.14  CERTIFICATE OF COMPLETION OF WORK  

As  soon  as  in  the  opinion  of  the  Engineer‐in‐Charge,  the  work  shall  have  been substantially completed the Engineer‐in‐Charge shall issue a certificate of completion in respect of work.  

4.15  ESCALATION  

No escalation in rates shall be allowed on any account.  4.16  SECURITY DEPOSIT  

Earnest Money Deposit shall be retained as a part of initial security deposit. Balance security  deposit  shall  be  recovered @  10 %  of  each  running  bill  till  total  deposit inclusive of tender security becomes 10% of the contract value.  Engineer in charge will refund the security deposit only after the completion of work in all  respects by  the  contractor and  formal  issue of  completion  certificate by  the Engineer.  

4.17  ALTERATION TO SCOPE OF WORK  

RITES  LTD.  Engineers  or  representative  shall  have  power  to make  any  alteration, omission addition substitution for the original work. No claim whatever on account of above shall be entertained except the payment for the actual work done. 

 4.18  OTHER CONDITIONS  

1. In  case  of  premature  termination,  no  extra  compensation  shall  be  payable.  Payment of remuneration  in that case will be made to the extent the services rendered till that time can be made use of by RITES,  limited to the period for which  the  agency  had  actually  rendered  the  service  and  subject  to  the intermediate  targets  being  adhered  to  as  per  the  work  schedule  mutually agreed to.  No notice of termination or remuneration thereof will be necessary and continuance shall be solely at the discretion of RITES. 

 

Page 26: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 25

2. All the documents and drawings created out of the assigned work will become the  sole property of  the RITES and RITES will be  free  to use  the  same  in any manner deemed fit. 

 3. The  agency  will  exercise  all  responsible  skill,  care  and  diligence  in  the 

performance  of  the  service  under  this  work  and  shall  carry  out  all  the responsibilities with recognized latest professional standards. 

 4. RITES will depute Engineer at  site  to  sort out day  to day problems arising at 

site.  

5. Variations,  which  are  natural  extension  of  services  or  are  essential  for completion of services, shall not be refused by the tenderer. 

Page 27: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General

Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 26

SECTION 5.0  

BILL OF QUANTITIES  

S. 

NO 

DESCRIPTION 

QTY. UNIT  ESTIMATED

AMOUNT (RS.) AMOUNT 

(RS.) 

QUOTED % BELOW(-) / ABOVE (+)

(IN FIGURES) (IN WORDS)

1.  Topographical & Hydrographic survey of (from sea mouth) Karmana River and Killi River, Detailed topographic survey of Karimadom flood mitigation Tank & adjoining Colony. Longitudinal section of 6 nos of Thodus (inclusive of the cost of controlling pillars and TBM) 

Lump Sum 

27 Lakhs 

     

  TOTAL AMOUNT:  

(Rs.                                                                                                                                                                                                                               ) 

 

Note: 1. The rate shall be quoted by Contractor in figures as well as in words.  Where there is a discrepancy between figures and words, the rate 

in words will govern.  

2. The Quoted rates shall be  inclusive of all cost of  labour, materials, equipment, preparation of drawing, all  incidentals of any kind for proper completion of the work. All the nails required to be fixed on pillars will be approved by the engineer in charge.  

3. The service tax as per prevailing rates shall be paid extra.  

Page 28: TOPOGRAPHY AND HYDROGRAPHIC SURVEY WORK · Tender for Topographic & Hydrographic Survey Work Page | 2 1.2.4 Completed tenders will be accepted in the office of the Additional General