appointment of consultant for detailed engineering and … · appointment of consultant for...

29
Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM  Appointment of Consultant for Detailed Engineering and Execution of Linear Fresnel Reflector (LFR) with Phase- Change Material (PCM) Tender Number: 201600035 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY MMD, IIT Bombay Page No.1  of 29

Upload: lythuan

Post on 08-Apr-2018

215 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

 

Appointment of Consultant 

for Detailed Engineering and Execution of 

Linear Fresnel Reflector (LFR) with Phase­

Change Material (PCM)

Tender Number: 201600035

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY

MMD, IIT Bombay Page No.1  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

Table of Contents

SECTION 1 – INVITATION OF THE BIDS

SECTION 2 – PRE­QUALIFICATION CRITERIA

SECTION 3­  SELECTION CRITERIA

SECTION 4 –  INSTRUCTIONS TO BIDDERS

SECTION 5­  TERMS AND CONDITIONS

SECTION 6­  TECHNICAL BID

SECTION 7 – PRICE BID

SECTION 8– ANNEXURES

  ANNEXURE 1: EARNEST MONEY DEPOSIT 

  ANNEXURE 2: PERFORMANCE GUARANTEE BOND

SECTION 9 – CHECKLIST

MMD, IIT Bombay Page No.2  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 1 – INVITATION OF THE BIDS

Tender Details

Tender Number: 201600035

Tender Type: Open

No. of Covers: 2

Tender Date: 9­May­2016

Form of Contract: Buy

Payment Instruments

Payment Mode Offline Instrument Type: As per Tender Document

Covers Information

Cover No. Cover Type Description Document Type

1 Technical Tender Document, 

Tender Fee, EMD and 

Technical Specification

.pdf

2 Financial Financial bid .pdf

Bidder must submit their offer in separate sealed envelopes as – Technical Bid and Commercial   Bid.   Separate   technical   bid   and   commercial   bid   envelopes   should   be clearly marked as "Envelope No. 1 ­ Technical Bid" and "Envelope No. 2 ­ Commercial Bid". Both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and duly superscribed with our Tender No. & Due Date and to be submitted to the concern department/section mentioned in tender document.

Tender Fee Details

Tender Fee(INR): 

500.00

Payable to: The Registrar, IIT Bombay Payable at: Mumbai

Earnest Money Deposit Details

EMD Fee 

(INR):2,00,000.00

In favour of : The Registrar, IIT Bombay

EMD Fee Type: Fixed Payable at: Mumbai

Item Details

Item Name Item Description

Detailed   Engineering of   Linear   Fresnel Reflector   (LFR)   with Phase­Change Material (PCM)

Detailed   Engineering  of   Linear   Fresnel  Reflector   (LFR)   with  Phase­Change Material (PCM)

Pre Qualification:

Period of Work/

Delivery Period (Days)

As per Tender 

Document

730

Bid Validity (Days)

Product Sub Category

Pre Bid Meeting Date & 

180

N/A

30­MAY­2016 02:00 PM

MMD, IIT Bombay Page No.3  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

Product Category

Contract Type

Location

Pincode

Others

Tender

IIT Bombay Campus & 

Greater Noida

400076

Time

Pre Bid Meeting

Address & Place

Materials Management 

Division, IIT Bombay

Critical Dates

Bid Submission End 

Date/

Date & Time of 

Submission

Place of Submission

17­June­2016 01:00 

PM

Materials 

Management Division, 

IIT Bombay

Bid Opening Date & 

Time

Bid Opening Place

17­June­2016 03:00 

PM

Materials Management 

Division, IIT Bombay

Warranty as per mentioned in technical specifications.

Technical Clarification

Name:

Dept:

E­mail:

Contact No.

Prof. Shireesh B. Kedare

Dept. Of Energy Science & Engg.

[email protected]

25767835

Tender Inviting Authority

Name:

Address:

Date: 9­May­2016

Deputy Registrar

Materials Management Division, IIT Bombay, 

Powai, Mumbai 400076

Signing Authority:

Deputy Registrar (MM)

MMD, IIT Bombay Page No.4  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

1. SECTION 2 – PRE­QUALIFICATION CRITERIA

• The bidder on its own or through its affiliates or subsidiaries (with relations of not less than 5 

years   clarified   adequately   with   appropriate   legal   /   registered   document/s)  should   have 

executed solar thermal R and D projects  with government agencies,  educational  institutes 

and/or industry in India. The tabulated information to this effect should be submitted by the 

bidder along with the tender.

• The bidder on its own or through its affiliates or subsidiaries (with relations of not less 

than 5 years clarified adequately with appropriate legal / registered document/s) should 

have experience of handling large solar projects of value more than Rs. 50 Lakhs (Rs. 5 

Million) with cumulative value of more than Rs. 2 Crore (Rs. 20 Million) over the last 7 

years. The audited annual financial statements to this effect should be submitted by the 

bidder along with the tender.

MMD, IIT Bombay Page No.5  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 3­ SELECTION CRITERIA

Selection   criteria   and  process   along  with  details   and   format  of   data   to  be   submitted   for selection:

Two­bid system will  be followed where­in  the  technical  bids  will  be opened  first  and evaluated. Bidders whose technical bids are acceptable as per the selection criteria (elaborated below), will be considered for opening of the respective commercial bids. 

Detailed format for the data to be submitted for the technical bid is given under different headings.  Approach for calculating the marks under different headings is specified here. 

Selection criteria for technical bid: Maximum marks for the technical bid are 100. Minimum 60 (sixty) marks are needed for selection of the bidder in technical bid. However, the approved purchase committee can modify the minimum limit, if required.

For headings A and C: 10 (ten) marks will be allotted to the bidder on each of the headings A and C if minimum criterion is satisfied. 2.5 (two and a half) marks will be allotted for each additional job  (over and above the minimum specified) subject to maximum of 15 (fifteen) marks under each of the headings A and C. No marks will be allotted if minimum criterion is not satisfied.

For heading B: 30 (thirty) marks will be allotted to the bidder on heading B if minimum criterion is  satisfied. 10 (ten) marks will be allotted for each additional major innovation or development (over  and above the minimum specified) subject to maximum of 50 (fifty) marks. No marks will be allotted if minimum criterion is not satisfied.

For headings D and E: 10 (ten) marks will be allotted to the bidder for headings D and E each if appropriate manpower is available. Otherwise no marks will be allotted.

Heading A: Detailed engineering design experience:The bidder should have extensive experience of   undertaking   and   completing   engineering   design   and   detailing   of   multi­disciplinary   industrial engineering   assignments   with   Indian   industry   or   other   users   in   India   including   civil   industrial structure designing and detailing, piping, thermal system designing, electrical, controls design and development, solar system design and development, etc.  in a single or multiple assignments. The bidder is required to submit a list of such assignments undertaken over the last 12 years (maximum) giving details of the nature of job with appropriate documentary proof. Any of these may be verified  by IIT Bombay by contacting the corresponding client. The list should mention the following details (minimum 2 (two) required):

1) Name of the client with corporate address, site address

2) Name of contact person/s and phone/email of the contact person

3) Category of job as civil industrial structure designing and detailing, piping, thermal system designing,   electrical,   controls   design   and   development   or   solar   system   design   and installation

4) Nature of job whether, R and D, engineering development, engineering designing, detailing, engineering supervision, etc.

MMD, IIT Bombay Page No.6  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

5) Order value in Indian Rupees

6) Year of start and job completion

7) Nature of documentary evidence provided, like copy of POs, reports, appreciation letters, etc.

Heading B: Solar technology development experience:The bidder  is required to submit a list of projects related to development of new technology or major innovations undertaken and completed on its own  or  through  its affiliates or subsidiaries  (with relations of not less than 5 years clarified adequately  with   appropriate   legal   /   registered  document/s)  in   solar   concentrator   systems  using concept of Fresnel optics,  tubed receiver and thermal storage, which involve development of LFR technology of about 200 sq.m or more with tubed receivers for handling pressurized water or steam (IBR or non IBR to be mentioned clearly) or hot oil at more than 150°C and are undertaken over the last   12   years   (maximum)   in   India.   Bidder   shall   give   details   of   the   nature   of   innovation   or development   with   appropriate   documentary   proof.   These   may   be   verified   by   IIT   Bombay   by contacting the corresponding client. The bidder shall report a minimum of 1 (one) such assignments. The list should mention the following details:

1) Under self or affiliates / subsidiary

2) Name of the client with corporate address, site address

3) Name of contact person/s and phone/email of the contact person

4) Short description of the project clearly specifying the major innovation or new development.

5) Nature   of  innovation   or   development  whether,   R   and   D,   technology   development   or innovation   for   in­house   research,   technology  development   or   innovation   for   industrial client, etc.

6) Order value / expenditure in Indian Rupees

7) Year of start and completion of project

8) Nature of documentary evidence provided, like copy of sanction letters, POs, reports, appreciation letters, etc.

Heading   C:   Implementation   of   solar   technology   in   industry   or   other   users   and   /   or   its commissioning / testing / operation : The bidder is required to submit a list of projects related to implementation on its own or through its affiliates or subsidiaries (with relations of not less than 5 years   clarified  adequately  with  appropriate   legal   /   registered  document/s)  of  solar   concentrator systems of 200 sq.m or more in Indian industry or other users using concept of Fresnel optics, tubed receiver and thermal storage, which involve implementation of LFR technology with tubed receivers and are undertaken over the last 12 years (maximum). Bidder shall give details of the nature of technology,  and  type  of   job  whether  engineering details,   fabrication,   installation,   commissioning, testing was carried out with appropriate documentary proof. A few of these will be randomly selected and   verified   by   contacting   the   corresponding   client.   The  bidder   shall   present   a  minimum  of   1 (one)such assignments. The list should mention the following details:

1) Under self or affiliates / subsidiary

2) Name of the client with corporate address, site address

3) Name of contact person/s and phone/email of the contact person

4) Short description of the project.

MMD, IIT Bombay Page No.7  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

5) Nature of job whether, R and D, engineering development, engineering designing, detailing, engineering supervision, etc.

6) Order value in Indian Rupees

7) Year of start and job completion

8) Nature of documentary evidence attached, like copy of POs, reports, appreciation letters, etc.

Heading D: In­house manpower available:The bidder is required to submit short CVs of in­house (or with affiliates / subsidiary) manpower for design and detailing activities for solar thermal System, mechanical design, P&ID, instrumentation & controls and project co­ordination. 

Heading E: Availability of senior technical personnel for the present project:The bidder should be able to involve in the present project senior engineering personnel with not less than 5 years’ experience of the above­mentioned skills. The bidder is required to submit the list of such manpower with their qualification along with short CVs.

For ease of processing, the bidder is required to present this data in tabular form separately for each heading under the columns as mentioned.

The details provided by the bidder will be analysed by the approved purchase committee to check the fulfilment of the above pre­qualification and selection requirements.

Calculation of marks for commercial bid: The lowest bid for the technically qualified bidder will be allotted 25 (twenty five) marks, the second lowest will be allotted 15 (fifteen) marks, the third lowest will be allotted 05 (five) marks. No marks will be allotted to other bidders. 

Final selection criteria including technical and commercial bid:

Maximum marks for the technical bid + commercial bid are 125. Bidder with highest total marks (technical bid marks + commercial bid marks) will be awarded the contract. 

MMD, IIT Bombay Page No.8  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 4 – INSTRUCTIONS TO BIDDERS

Preparation and Submission of offers : • The Quotation MUST BE ENCLOSED IN A SEALED COVER superscribing Tender number / due 

date & should reach the undersigned on or before due date mentioned in the tender notice. If  the quotation cover is not sealed, it will be rejected.

• Tender should be dropped in the tender box kept in the office of concerned Department / Section or to Indenter. No tender is to be handed over to our staff personally unless otherwise specified. All communications are to be addressed to the undersigned only. In case due date happens to be holiday the tender will be accepted and opened on the next working day. 

• The bid can be  submitted  in  person or   through post/  courier   (IIT  Bombay    shall  not  be responsible   for   any  postal  delays   or   any  other   reason   for  not   submitting   the  bid   in   the specified time and resulting in disqualification / rejection of any bid) so as to reach on or before the due date and time. 

• The leaflets catalogue, etc. should be sent invariably so that a proper evaluation of the equipment offered is possible.

Cost of Bidding :• The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid and 

the Purchaser shall not be responsible or liable for those costs regardless of the conduct or  outcome of the bidding process.

Validity of the Bid : • 180 Days from the last date of submission of bid.

Amendment of Bidding Documents :• At any time prior to the deadline for submission of bids, IIT Bombay may, for any reason, 

whether  on  its  own  initiative  or   in   response   to  the  clarification request  by  a  prospective BIDDER may modify the bid document. 

• All prospective BIDDERs who have downloaded the bidding document may visit IIT Bombay, website for amendments / modifications which will be binding on them.

Deadline for Submission of Bids• Bids must be received by IIT Bombay before the due date and time at the address specified in 

the tender document.   In the event  of   the specified date  for   the submission of  bids being declared as a holiday for IIT Bombay the bid­closing deadline will stand extended to the next working day up to the same time.

Late Bids  :• IIT Bombay will not be responsible: 

i) For delayed / late quotations submitted / sent by post / courier etc. ii) For submission / delivery of quotations at wrong places other than the mentioned in the tender.iii) Fax / E­mail / Telegraphic / Telex tenders will not be considered. iv) Any bid inadvertently received by IIT Bombay after the deadline i.e. due date & 

MMD, IIT Bombay Page No.9  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

time for  submission of bids, will not be accepted and returned unopened to the BIDDER.

Supplementary offer /Modification of Original Bid: • Tender submitted against Notice Inviting Tender (NIT) shall not be returned in case the tender 

opening   date   is   extended/postponed.   BIDDER   desirous   to   modify   their   offer/terms   may submit   their   revised/   supplementary   offer   (s)  within   the   extended  Tender  Opening  Date (TOD) by clearly stating to the  extent of updation done to the original offer. The purchaser reserves the right to open the original offer along with the revised offer.

Confidentiality:

• Information relating to the evaluation of Bids, and recommendation of Contract award, shall not be disclosed to Bidders or any other persons not officially concerned with such process until information on Contract award is communicated to all Bidders.

• Any attempt by a Bidder to influence the Purchaser in the evaluation of the Bids or Contract award decisions may result in the rejection of its Bid.

• Notwithstanding, from the time of Bid opening to the time of Contract award, if any Bidder wishes to contact the Purchaser on any matter related to the bidding process, it shall do so in writing.

Deviation, Reservations and Omissions:

• During the evaluation of Bids, the following definitions apply:(a) “Deviation” is a departure from the requirements specified in the Bidding Documents;(b)   “Reservation”   is   the   setting   of   limiting   conditions   or   withholding   from   complete  acceptance of the requirements specified in the Bidding Documents; and

            (c)“Omission”   is   the   failure   to   submit   part  or   all   of   the   information  or   documentation  required in the Bidding Documents.

Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the Bid is substantially responsive, the Purchaser shall correct arithmetical errors on the following basis:

(a) if there is a discrepancy between the unit price and the line item total that is obtained by multiplying the unit price by the quantity, the unit price shall prevail and the line item total shall be corrected, unless in the opinion of the Purchaser there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the line  item total as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and(c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall  prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in  which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

Bidders shall be requested to accept correction of arithmetical errors. Failure to accept the correction in accordance with the same, shall result in the rejection of the Bid.

Evaluation of Bid :• IIT Bombay evaluate technical and commercial acceptable offers on landed net Price basis.• In case any BIDDER is silent on any clauses mentioned in this tender documents, IIT Bombay 

shall construe that the BIDDER had accepted the clauses as per the invitation to tender no further claim will be entertained.

• No revision in the terms and conditions quoted in the offer will be entertained after the last 

MMD, IIT Bombay Page No.10  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

date and time fixed for receipt of tenders.

Corrupt & Fraudulent Practices:• IIT Bombay requires that bidders, suppliers, contractors and consultants, if any, observe the 

highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts. In pursuit of this policy, (a) The terms set forth below are defined as follows:

• (i) “Corrupt practice”means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or in directly,  of anything of value to influence the action of a public official in the procurement process or in contract execution; 

• (ii)“Fraudulent practice”means a misrepresentation or omission of facts in order to influence a procurement process or the execution of a contract; 

• (iii) “Collusive practice”means a scheme or arrangement between two or more bidders, designed to establish bid prices at artificial, noncompetitive levels; and 

• (iv)“Coercive practice” means harming or threatening to harm, directly or indirectly, persons or their property to influence their participation in the procurement process or affect the execution of a contract;

• (b) IIT Bombay will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for award has,directly or through an agent, engaged in corrupt, 

• fraudulent, collusive or coercive practices in competing for the Contract in question.

Communication for Non­participation of Tenders :• For registered vendors with IIT Bombay, in case you choose not to participate in the tender a 

regret   letter   by   way   of     fax/letter/email   may   be   submitted   before   the   due   date   duly superscribing “Regret” and tender No. If  no communication received by the due date and time, it shall be inferred that you are not interested in participation and your name is liable to be removed from the vendor's list.

Cancellation of Tender : • Not withstanding anything specified in this tender document, Purchaser / IIT Bombay in his 

sole  discretion,  unconditionally  and without  having   to assigned any reasons,   reserves   the rights:a) To accept OR reject lowest tender or any other tender or all the tenders.b) To accept any tender in full or in part.c) To reject the tender offer not confirming to the tenders terms.

• To give  purchase   preference   to  Public  Sector  undertakings  when  applicable   as  per  Govt. Policy/ Guidelines.

• Offer which deviates from the vital conditions (as illustrates below) of the tender shall be rejected:a) Non­submission of complete offers.b)   Receipt   of   offers   after   due   date   and   time   and   or   by   email   /   fax   (unless   specified  otherwise).c) Receipt of offers in open conditions.

Price Bid:• Bid Prices MUST BE SUBMITTED IN ENCLOSED PRICE BID FORM ONLY.• If   the price  is  not  quoted in  Price Bid Form  provided in tender document  then,   IIT 

Bombay  will   reject  bid.   If   supplier  wish   to  give  pricing  details  may  be  attached   in separate sheet. 

• Any new taxes and duties liable on the subject contract due to change in legislation during the 

MMD, IIT Bombay Page No.11  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

contract   period   shall   be   reimbursed   subject   to   the   applicability   of   the   said   act   to   the satisfaction of the purchaser and the production of documentary evidence after availing of statutory concession, benefits etc.

• The supplier shall pay and bear all other liabilities, taxes and duties not specifically agreed by the Purchaser in the contract.

• VAT/Other Govt. Taxes : Excise Duty (ED), other taxes, levies, like Service Tax (ST), Education Cess, etc.,  are to be indicated separately. BIDDER should mention Central and State Sales Tax/VAT Registration, PAN Number are to be necessarily indicated in the offer.

• We are not authorised to issue any Sales Tax forms like form “C” & “D”.

Legal Matter :• All Domestic and International disputes are subject to Mumbai Jurisdiction Only.

Transfer and Subletting :• The seller shall not sublet, transfer, assign or otherwise part with the acceptance to the tender 

or any part thereof, either directly or indirectly, without the prior written permission of the  Purchaser.

Force majeure : • Force Majeure will be accepted on adequate proof thereof.

Penalty/ Liquidated Damages : • Timely delivery is essence of the contract and hence if any consignment be delayed, liquidated 

damages at the rate 0.5% of the price of the delayed consignment, for each week or part whereof shall be levied and recovered subject  to maximum of 5% of total purchase order value.

• IIT Bombay reserves the right to cancel the order in case the delay is more than 10 weeks .  Penalties if any will be recovered by forfeiting PBG.

MMD, IIT Bombay Page No.12  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 5 – TERMS AND CONDITIONS

1. Innovations, Patents, design calculations, engineering calculations and detailed drawings related to all components, sub­systems and systems as well as package items and bought­outs generated during this work will be owned by IIT Bombay. 

2. The bidder shall also deliver all documentation in editable soft copies to the client.

3. The selected bidder will be required to sign a Non­Disclosure­Agreement (NDA) binding for the project duration and 5 years there­after.

4. Basic documentation and deliverables will be communicated by IIT Bombay in the beginning of the detailed engineering activity. Further details may evolve based on the progress of detailed engineering. 

5. It   is   bidder’s   responsibility   to  provide   adequate  documentation   as   required   for engineering,  procurement,  erection,   installation,  commissioning,   testing  of  performance and O&M so as the client can implement successful solutions demonstrated without any trouble. The bidder is expected to extend necessary support as required for the same both onsite and offsite.

6. The bidder is required to provide details of the cost for travel, boarding & lodging and local transportation during review meetings (assuming 4 meetings will be held at IIT Bombay) and site (at Greater NOIDA, UP) related activities (to be estimated by the bidder). These shall be separately shown in separate sheet.

Detailed phased payment schedule linked to the deliverables along with expected time­line is mentioned below.

Delivery linked payment schedule :

S. No Key DeliverablesTimeline 

(months)Payment (%)

1 Overall Design Document submission by the present 

bidder

0 – 1 10%

2 Completion of Detailed Design Document of LFR Primary 

reflector, Secondary Reflector, Receiver, Tracking, Process, 

PCM based TES and Control system along with Integration 

by the present bidder

2 – 3

25%

3 Placement of Purchase Order by IIT Bombay for goods and 

services

4 – 9  10%

4 Completion of civil work and fabrication work by other 

vendors

10 – 11 15%

5 Installation, commissioning and successful testing of LFR 

collectors with PCM based TES by the present bidder

12 25%

6 Continuous Operation of LFR collectors with PCM based TES (1st Quarter) by the present bidder

13 –15 3%

7 Continuous Operation of LFR collectors with PCM based TES (2nd Quarter) by the present bidder

16 – 18 3%

MMD, IIT Bombay Page No.13  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

8 Continuous Operation of LFR collectors with PCM based TES (3rd Quarter) by the present bidder

19 –21 3%

9 Continuous Operation of LFR collectors with PCM based TES (4th Quarter) by the present bidder

22 –24 3%

10 Installation, commissioning and continuous operation of LFR collectors with PCM based TESwith integration with VAM by the present bidder

22 – 24 3%

TOTAL 100%

Payment will be made within 30 days of submission of invoice for every successful completion of timeline.

MMD, IIT Bombay Page No.14  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION – 6 TECHNICAL BID 

1. Background

This project is targeted towards development and setup of indigenous 3.5 MWe x 24 hour/day Solar Thermal   Power   Plant.   The   research   and   development   component   of   the   targeted   initiative   was divided into several projects over the last 2 to 3 years. Each of these projects was formulated in tune with   the   overall   perspective   and   handled   independent   of   each   other   involving   various   faculty members across the departments at IIT Bombay. 

Setting   up   of   the   above   mentioned   indigenous   Solar   Thermal   Power   Plant   would   now   require development   and   testing   of  prototypes   of   various  CSP   components   conceptualized   till   now and experimented with. This prototype development and testing is being taken up as three R&D projects  mentioned below;

1. Linear Fresnel Reflector (LFR) based collector development with receiver and steam storage.2. Molten salt loop with central receiver, salt storage and heat exchanger.3. Heliostat reflector development with tracking and flux measurement.

These R&D projects are being taken up in parallel.  

This Design Specification Document is for the LFR­PCM project i.e  ‘Linear Fresnel Reflector (LFR) based   collector  development  with   receiver   and  with  Phase­Change  Material   (PCM)  based   steam storage’   which   includes   Development   of   Indigenous   Efficient   and   Economical   LFR   system   and Thermal  Energy Storage.  This  project  will  be   implemented at  Greater  NOIDA,  Uttar  Pradesh  for testing and performance evaluation. After testing the set­up online, the system is to be integrated to existing VAM of 50TR capacity.

1.1.Present Status of Technology

Size and configuration of LFR

LFR technology is a proven, mature and competitive technology with plant track record of over 200 MWe. 

Typically, the LFR collector systems consist of reflector assembly consisting of elastically curved low iron glass reflectors. The width is constrained by the requirement of mirror curvature dictated by focal length, tracking accuracy demands and receiver width. Considering all these constraints, the configuration is selected for the present project.

The most  of the LFR systems use multiple tubes receiver in India. Recently, single tube receivers with evacuated glass cover are being used globally as well as in India, which also require secondary reflector in the form of CPC mounted as a downward facing cavity. However, these evacuated tube receivers are comparatively costly. The multiple tubes receiver has more thermal losses when compared with the evacuated tube receiver mounted inside the secondary reflector mounted as a downward facing cavity enclosure.

In the present project, receiver with non­evacuated, glass covered single tube is proposed, that has reduced cost, without increasing the losses significantly.

Overall instantaneous collector EfficiencyThe typical mean optical efficiency of LFR is around 42% in most of the configurations. Presently, LFR technology with multiple tubes receiver has peak thermal efficiency of around 52% at the operating temperature of about 250˚C at the effective DNI of about 800 W/m2. With the improved receiver having   non­evacuated,   glass   covered   tubes   this   is   expected   to   increase   to   about   55%   without 

MMD, IIT Bombay Page No.15  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

compromising on the cost. Of course, at lower effective DNI, this is expected to reduce.

Cost of Thermal Energy Storage (TES)

Thermal energy storage includes a number of different technologies, each one with its own specific performance, application and cost. TES systems based on sensible heat storage offer a storage with efficiencies between 60­90%, depending on the specific heat of the storage medium and thermal insulation technologies. Phase change materials (PCMs) can offer higher storage capacity per volume and storage efficiencies from 75­90%. In most cases, storage is based on a solid/liquid phase change with energy densities of the order of 100 kWh/m3  (e.g. NaNO3).  Thermo­chemical storage (TCS) systems can reach storage capacities of up to 250 kWhth/m3 with operational temperatures of more than 300°C and efficiencies from 75% to nearly 95%. 

The   cost  of   a   complete   system   for   sensible   heat   storage   is  up   to   10/kWh€ th,   or  Rs.800/kWhth, depending on the size, application and thermal insulation technology. The costs for PCM and TCS systems are in general higher. In these systems, major costs are associated with the heat (and mass)  transfer technology, which has to be installed to achieve a sufficient charging/discharging power. Cost of latent heat storage systems based on PCMs is up to  50/kWh€ th, or Rs.4000/kWhth, while TCS cost is   up   to   100/kWh€ th,   or   Rs.8000/kWhth,.   The   economic   viability   of   a   TES   depends   heavily   on application and operation needs, including the number and frequency of the storage cycles.

Cost of LFR

Cost of solar field is in the range of 10,000 – 12,000 Rs./m2. The cost of the power plant can be significantly reduced by reducing the cost of the solar field per reflector area and by increasing the energy output per reflector area.

1.2 Goals

Development of Indigenous Efficient and Economical Linear Fresnel Reflector (LFR) collector system and Thermal Energy Storage (TES) with the following attributes:1. Overall instantaneous collector efficiency target: 55%@ 800 W/m2 DNI and 45%@ 500 W/m2 

DNI,  at the fluid operating temperature of about 250°C2. LFR system target cost of Rs. 8,000 to 10,000 per sq.m of reflector area is planned in long 

run. This should be achieved for the large scale projects based on the learnings from the present project

3. Cost target for Thermal Energy Storage (TES): Rs. 3,500 per kWhth at 250 to 317°C

1.3 Objectives

To develop and demonstrate:1. Efficient, cost effective and indigenous LFR system for saturated steam2. Efficient, cost effective and indigenous LFR system for superheated steam3. Low cost indigenous Phase Change Material based Thermal Energy Storage (TES)4. Control scheme for integrating TES with LFR system5. Balance piping and piping accessories

2. Design Concepts and research approach

The basic technical design concepts, considerations and approach for components and / or sub­systems are given below.

MMD, IIT Bombay Page No.16  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

2.1 LFR solar energy collector System

A prototype of direct super­heated steam generating LFR solar energy collector shall be developed and installed at the mentioned location to test and optimize various components such as primary reflectors,   secondary   concentrator,   absorber   tube  with  glass   cover   (with  or  without  evacuation), support   structures,   tracking  unit   and   control   system designed   for  given  process  parameters   like pressure as high as 108 bar in order to achieve high thermodynamic efficiency and low cost thermal energy storage system. 

Primary Reflector of LFR will be optimally designed through ray tracing by considering the reflector parameters namely, geometry of primary reflectors, their size, spacing, radius of curvature as well as  height of receiver tower. The project envisages use of secondary reflectors on LFR for better solar flux utilization. Secondary concentrator profile will be designed and optimized through ray tracing. The flux distribution on receiver and intercept factor will be estimated. Secondary reflector material will be selected for high reflectivity, thermal cycling and durability.The research will be carried out to ascertain the efficiency gains by using single tube absorber in such system. The experiment and analysis is to be carried out to assess the abovementioned efficiency gains.  In addition, optimization of the system will be carried out. Single tube receiver of LFR will be designed based on the flux distribution around the absorber tube and comparison with ray trace analysis. Testing of stagnation temperature and heat loss of absorber tube will be carried out along with  study of   thermal   stress  of   receiver   tube  and secondary   reflector.  Heat   transfer  and process parameter optimization will be carried out before finalizing the design. However the consultant shall carryout   best   option   studies   considering   receiver   with   multiple   tubes,   evacuated   tube   and   non evacuated tube with glass cover from the point of view of cost, possibilities of indigenization and performance. The final design for the receiver to be fabricated and demonstrated shall be based on the best option studies.

Efficient   tracking   system  shall   be  designed  with   closed   loop   control   system  based  on  heat   flux measurement. Reduction in auxiliary power requirement shall be achieved by increasing the effective collector area per tracking unit by coupling the modules.

Thermal Energy Storage (TES) shall be primarily based on pressurized water accumulator. Capacity of TES will be enhanced by use of PCM. The identification of PCM and design of the TES with PCM shall be carried out in this project. Phase Change Material for the Thermal Energy Storage (PCM­TES) shall be selected based on allowable temperature range, material stability and corrosion properties. PCM module and steam accumulator  shall  be designed and optimized for  operating pressure and size linked to cost. Simulation model shall be developed and studied to predict performance of PCM­TES.

The process line shall be designed such that the feed water from the de­aerator is pumped to the absorber tube of evaporator section where it gets heated up as it flows through the absorber tube.  Saturated liquid­ steam mixture of dryness fraction of about 30% or higher will be obtained at the  outlet. This saturated liquid­ steam mixture will be fed to a steam drum which separates the saturated steam and will be passed to the thermal energy storage unit and super­heater section. The saturated liquid will be re­circulated to the evaporator section using a re­circulating pump.  The schematic for the LFR–PCM prototype system is given in Figure 1. It shows the system process parameters of the LFR collector integrated with thermal energy system having provision for supplying saturated steam for heat exchanger as well as for operating VAM. 

The  sizing  of   the  prototype   shall  be  based on  minimum water   flow requirement  and  maximum allowable  dryness   fraction   in   the   receiver   for  achieving  acceptable   level  heat   transfer   coefficient inside the receiver tube. The performance design specifications for the prototype LFR system with evaporator and super­heater are given in Table 1.

During testing of  the prototype, steam output shall  be targeted at 40 bar 376°C. After the 

MMD, IIT Bombay Page No.17  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

testing period, steam output shall be at 10 bar 180°C for supply to VAM over its life­time of 25 years.

Figure 1: the schematic for the LFR – PCM system

2.2 Thermal Energy Storage System

A 2 GJ (555 kWh) PCM­Accumulator based thermal energy storage (TES) module shall be developed and tested using the saturated steam produced by the LFR solar energy collector. Identification of suitable   storage   material,   determination   of   thermo­physical   properties,   corrosion   studies   of construction materials used in TES system, simulation of charging and discharging characteristics etc. shall be conducted to optimize the design of TES.

The PCM enhanced steam accumulator shall be designed to store thermal energy at a pressure of 108 bar that will be discharged in the form of saturated steam at 86 bar. The PCM module is to store 1.1  GJ (308 kWh) in the form of latent heat of salt and 0.9 GJ (247 kWh) in the form of sensible heat by  the accumulator. The accumulator shall be designed to support the varying loads during the transient period of insolation. 

The   high   pressure   process   line   and   its   components   shall   comply   with   the   ASME   /   IBR standards.  PLC­SCADA Controls  and  instruments  will  be  suitably   included to ensure  stable operation of the system. The performance design specifications for the prototype TES system are given in Table 2.

Table 1: Indicative  design specifications of the prototype LFR plant

Description ParameterGENERAL

Average daily DNI 4.33 kWh/m2/day (Typical)Estimated Reflector area for evaporator 936 m2

Estimated Reflector area for super heater 156 m2

PROCESS PARAMETER OF EVAPORATOR  SECTION

MMD, IIT Bombay Page No.18  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

Evaporator flow rate 0.57 TPHEvaporator operating pressure 108 barInlet temperature 30°CEvaporator outlet temperature 317°CEvaporator thermal energy produced 2335 kWh/day or 8.4 GJ/day (corresponding 

to the abovementioned typical daily DNI)Dryness fraction at the absorber outlet Above 30%Operating average target for overall efficiency of evaporator

About 55% corresponding to the effective DNI of 800 W/m2

Energy going to storage About 555 kWh/day or 2 GJ/dayPROCESS PARAMETER OF SUPER HEATER  SECTION

Super­heater flow rate 0.39 TPHSuper­heater operating pressure 106 barsSuper­heater inlet temperature 317°CSuper­heater outlet temperature 420°CSuper­heater thermal energy produced 203kWh/day or 0.73GJ/day (corresponding to 

the abovementioned typical daily DNI)Operating average target efficiency of super­heater 30%

Table 2: Indicative design specifications of the prototype TES module & Steam Accumulator

Description Parameter

Total TES capacity 555 kWh or 2 GJ

Energy stored in Accumulator 0.9 GJ (247 kWh)

Energy to PCM 1.1 GJ (308 kWh) 

Steam flow 180 kg/hr

Charging pressure (at steam saturation temperature) 108 bar (316°C)

Discharge pressure (at steam saturation temperature) 86 bar (300°C)

2.3 Design features with fabrication, erection and commissioning details

The design features with details relating to fabrication, erection and commissioning of the LFR system are given in Table 3.

Table 3: Design features with details relating to fabrication, erection and commissioning of the LFR system

Component Design Features

1 Reflector Unit Elastically Curved mirrors Rigid and light weight

MMD, IIT Bombay Page No.19  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

Galvanized steel frames provide utility­grade strength and weather resistanceEasy for maintenance

2 Linear Cavity Receiver

Secondary Reflector based receiver for high concentrationHigh efficiency single tube receiverWater as working fluid Closed loop system to conserve waterFixed receiver design 

3 Tracking System Ganged mechanical tracking system for eliminating mechanical errorsQuick and accurate response 

4 Steam Accumulator or separator

IBR approved designContinuous supply of pure dry steamOptimized insulation for required storage

5 Instrumentation and controls

Fully automated control using PLC and SCADAProcess line installed with instruments and sensors for detecting process parameters and communicating to PLC

Fabrication details:

1) The reflector, receiver, components of tracking mechanism and, support frames and structure will be designed for the prevailing wind and to withstand thermal stresses as applicable and such that they can be fabricated at in­situ workshop and locally transported to the installation area. 

2) The structures for reflector and receiver and support frame will be manufactured using low­carbon structure steel of ISO standard and galvanized after fabrication.

3) The steam drum and accumulator to be designed for IBR certification.4) Details of fabrication, transport, erection, commissioning and testing to be worked out.

Commissioning details:

1) Hydro test and IBR inspection will be conducted after completion of plant installation.2) Cold commissioning will be performed after inspection and testing of control interlocks and 

tracking system will be validated.Hot commissioning will be completed by running the plant for obtaining desired output 

parameter.

3. Measurement &Testing

Overall, the LFR and TES will be tested for the following :

Measurement &Testing of Goals

The LFR system performance testing will be carried out to determine the overall instantaneous 

collector efficiency. This will be done in the standard way by measuring thermal output from the LFR 

system at the steady state conditions by keeping inlet temperature constant while getting constant 

steam output conditions when DNI variation is less than 5%. Target instantaneous collector efficiency 

is 55%@ 800 W/m2 DNI and 45%@ 500 W/m2DNI, at the fluid operating temperature of about 

250°C.

Thermal Energy Storage (TES) performance will be tested on the basis of the thermal efficiency based 

MMD, IIT Bombay Page No.20  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

on energy input (charging energy) and energy output (discharge energy).

Quality Tests during Erection and Commissioning

The details of quality tests need to be worked out which are to be carried out during erection and commissioning.

Cold commissioning Cold commissioning will be performed after inspection and testing of control interlocks and tracking system will be validated.

1. Validate temperature, pressure and flow sensors feedback 2. Validate PLC control logic 

Hot commissioning Hot commissioning will be completed by running the plant for obtaining desired output parameter.1. Ensure the steam generation 2. Ensure the designed steam parameter  like pressure and temperature are achieved.

Storage charging and dischargingTo be detailed out in the design.

4. Scope of the work under this tender document 

1. Assist IIT Bombay team to develop details of concept of the prototype as explained in the basic design document and eventual reconfiguration of the system to long­term VAM operation mode

2. Prepare detailed project plan and monitor execution progress

3. Carry­out and document the engineering design calculations for all components, sub­systems, package items and bought­out items

4. Work­out detailed wind load analysis and stress­strain analysis for different orientations in details for the relevant components and submit the same.

5. Carry­out detailed engineering design of components and sub­systems

6. Prepare detailed constructible drawings as well as documents for all components and sub­systems in knocked­down form suitable for easy fabrication, transportation, assembly at site, erection and commissioning and provide the same in soft form. Hard copies for checking may also be provided if required.

7. Prepare data­sheets and specifications of all package items and bought­out items

8. Prepare and carry out QA and QC plan for all fabricated components and sub­assemblies

9. Prepare and carry out delivery acceptance tests for package items and bought­out items

10. Provide engineering support for preparing and floating the enquiries for supply of all components, sub­systems, package items and bought­out items

11. Provide engineering support for vendor development and technical evaluation of bids received for supply of all components, sub­systems, package items and bought­out items

12. Monitor QA and QC plan for all fabricated components and sub­assemblies

13. Monitor delivery acceptance tests for package items and bought­out items

14. Expedite and supervise fabrication of components, sub­assemblies

15. Supervise assembly of components and sub­systems at site

MMD, IIT Bombay Page No.21  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

16. Supervise erection and commissioning of all components, sub­systems and assembled systems at site at Greater NOIDA

17. Supervise out installation and commissioning of package items and bought­out items at site with support from the suppliers

18. Carry­out performance testing of all the prototype components and units with the support from the equipment vendor if necessary

19. Provide support for suitable re­configuration of the system to long­term VAM operation mode after testing 

20. Operating the system for one year after commissioning

21. Help in benchmarking and comparing the performance and costs of the components and systems and enable assessment of  viability

22. The schedule for design and detailed engineering component as well as other engineering services provided covered under this tender is mentioned in the attached tables. 

23. The project duration is 2 years 

24. The bidder will have to attend review meetings as and when required by IIT Bombay and on site (Greater Noida, UP), cost to be included in the price.

List of documents and drawing to be submitted by the bidder are as follows:

Documents:1) Specifications for all the components2) Data sheets for the bought out / out sourced items3) Enquiry documents for all the bought out / out sourced items4) Bill of material for all the items5) Line List and Equipment List6) Electrical Load List7) Instrument List8) Inspection Reports for all the outsourced items9) Testing procedures for the items to be tested10) Operating Manual for the system

Drawings:1) Overall plot plan2) P&I D3) Layouts and G.A. Drawings4) Piping Layouts and Isometrics5) Interlock Diagrams6) Electrical SLDs7) Fabrication / Construction Drawings

MMD, IIT Bombay Page No.22  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 7­ PRICE BID

Reference No: 201600035        Due date: 17th June,2016 at 01.00 pm

Sr. 

No

.

Description of Item & 

SpecificationQty in Units

Lump sum Price

Service tax 

& other 

taxes/charg

es if any 

please 

specify 

details 

(%/in Rs.)

Total Price 

in Rs.

1. Appointment of consultant Detailed Engineering and Execution ofLFR   with   PCM­   This   Basic Technical   Design   Document   is for   the   LFR­PCM   project   i.e Linear   Fresnel   Reflector   (LFR) based   collector   development with   receiver   and   with   Phase­Change   Material   (PCM)   based steam   storage   which   includes Development   of   Indigenous Efficientand Economical LFR system and ThermalEnergy Storage. This project will be   implemented   at   NETRA   at Greater   NOIDA,   Uttar   Pradesh for   testing   and   performance evaluation. After testing the set­up  online,   the   system   is   to   be integrated   to   existing   VAM   of 50TR   capacity.  Details mentioned in technical bid.

1 No.

1. The bidder should quote the price on the lump­sum basis for the scope mentioned in scope of work, manpower, travel, boarding & lodging & any local transportation during meetings at IIT Bombay & on site etc.)

2. The bidder is needed to provide details of the estimated man­power required and the rate thereof with supporting documents justifying the manpower rate in separate sheet.

Validity 180 days from the date of submission of quotation/tender.

Delivery period .......................... days

PAN No:.....................................................

VAT/TIN Registration No:..........................

MMD, IIT Bombay Page No.23  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

Signature: .................................................

Place: Name:........................................................

Date: Business Address:......................................

Affix Rubber Stamp:..................................

Note: Price bid should be submitted in given format only.  For additional  information/extra items above format may be typed  and used.

MMD, IIT Bombay Page No.24  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 8­ ANNEXURES

ANNEXURE 1: FORMAT FOR EARNEST MONEY DEPOSIT / BID BOND 

(To be typed on Non­judicial stamp paper of the value of Indian Rupees of One Hundred) (TO BE ESTABLISHED THROUGH ANY OF THE NATIONALED BANKS (WHETHER SITUATED AT MUMBAI OR  OUTSTATION)  WITH A  CLAUSE   TO ENFORCE THE SAME ON THEIR  LOCAL  BRANCH  AT MUMBAI   OR   ANY   SCHEDULED   BANK   (OTHER   THAN   NATIONALISED   BANK)   SITUATED   AT MUMBAI. BONDS ISSUED BY CO­OPERATIVE BANKS ARE NOT ACCEPTED) 

   LETTER OF GUARANTEE

To,Registrar,Indian Institute of Technology,Powai, Mumbai – 400 076

IN   ACCORDANCE   WITH   YOUR   TENDER   No:...................   dated..................   for   supply   of 

….............................., M/s. ............................. (hereinafter called the “Bidder”) having its Registered 

Office   at   …........................,   wish   to   participate   in   the   said   bid   for   the   supply 

….................................................... as an irrevocable Bank Guarantee against Earnest Money Deposit 

for an amount of Rs. …................... (Rupees...............................)   valid up to …............  (180 days 

from the date of issue of Bank Guarantee), is required to be submitted by the bidder as a condition 

precedent for participating in the said bid, which amount is liable to be forfeited by the Purchaser on 

(1)   the   withdrawal   or   revision   of   the   offer   by   the   bidder   within   the   validity   period,   (2)   Non 

acceptance of the Letter of Indent / Purchase order by the Bidder when issued within the validity 

period,   (3)   failure   to   execute   the   contract   as   per   contractual   terms   and   condition   with   in   the 

contractual delivery period and (4) on the happening of any contingencies mentioned in the bid 

documents.

During the validity of this Bank Guarantee :

We, ….......................(Bank name) having its registered Office at ….......................guarantee 

and   undertake   to   pay   immediately   on   first   demand   by   …...................................   the   amount   of  

Rs...................   (Rupees..............................)  without  any reservation,  protest,  demur  and recourse. 

Any such demand made by the IIT Bombay shall be conclusive and recourse. Any such demand made 

by the purchaser shall be  binding on the Bank irrespective of any dispute or difference raised by the  

Bidder.

The Guarantee shall be irrevocable and shall remain valid up to …............(180 days from the 

date of issue of Bank Guarantee) If any further extension is required, the same shall be extended to 

MMD, IIT Bombay Page No.25  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

such required period on receiving instruction form the Bidder, on whose behalf the is Guarantee is  

issued.

Notwithstanding anything contained herein :         

                             ⁎ Our   liability   under   this   Bank   Guarantee   shall   not   exceed   Rs.................... 

(Rupees....................)   .    

             ⁎  This Bank Guarantee shall be valid up to ….........................................................(date).  

             ⁎  We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee 

Only and       only if you serve upon us a written claim or before …............ (date).

This Bank further agrees that the claims if any, against this Bank Guarantee shall be enforceable at  

our   branch   office   at   ........................................   situated   at   ..............................   (Address   of   local  

branch).

                                                                                                            

                                                                                                                      Yours truly,

Signature and seal of the guarantor:

Name of Bank:

Address: 

Date:

Instruction to Bank: Bank should note that on expiry of Bond Period, the Original Bond will not be returned to the Bank. Bank is requested to take appropriate necessary action on or after expiry of bond period.

MMD, IIT Bombay Page No.26  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

ANNEXURE 2: FORMAT FOR PERFORMANCE GUARANTEE BOND

(To be typed on Non­judicial stamp paper of the value of Indian Rupees of One Hundred) (TO BE ESTABLISHED THROUGH ANY OF THE NATIONAL BANKS (WHETHER SITUATED AT MUMBAI OR  OUTSTATION)  WITH A  CLAUSE   TO ENFORCE THE SAME ON THEIR  LOCAL  BRANCH  AT MUMBAI   OR   ANY   SCHEDULED   BANK   (OTHER   THAN   NATIONALISED   BANK)   SITUATED   AT MUMBAI. BONDS ISSUED BY CO­OPERATIVE BANKS ARE NOT ACCEPTED.)

To,Registrar,  Indian Institute of Technology,Powai, Mumbai – 400 076.

   LETTER OF GUARANTEE

WHEREAS Indian Institute of Technology, Bombay (Buyer) have invited Tenders vide Tender 

No............................... dated ............................. for purchase of ........................................................ 

AND WHEREAS  the   said   tender  document   requires   that  any  eligible   successful   tenderer   (seller) 

wishing to supply the equipment / machinery,etc. in response thereto shall establish an irrevocable 

Performance Guarantee  Bond in favour of “Registrar, Indian Institute of Technology, Bombay” in the 

form of Bank Guarantee for   Rs ................................         (5% (five percent) of the order value) and 

valid till two years from the date of issue of  Performance Guarantee Bond may be submitted within 

30 (Thirty) days from the date of Acceptance as a successful bidder. 

NOW THIS BANK HEREBY GUARANTEES that in the event of the said tenderer (seller) failing 

to abide by any of the conditions referred in tender document / purchase order / performance of the 

equipment / machinery, etc. this Bank shall pay to Indian Institute of Technology, Bombay on demand 

and without protest or demur Rs ........................ (Rupees......................................)

This Bank further agrees that the decision of Indian Institute of Technology, Bombay (Buyer) 

as to whether the said Tenderer (Seller) has committed a breach of any of the conditions referred in 

tender document / purchase order shall be final and binding.

We, .................................................. (name of the Bank & branch) hereby further agree that 

the  Guarantee  herein   contained   shall   not   be   affected  by  any   change   in   the   constitution  of   the 

Tenderer (Seller) and/ or Indian Institute of Technology, Bombay(Buyer). 

Notwithstanding anything contained herein:

MMD, IIT Bombay Page No.27  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

1. Our   liability   under   this   Bank   Guarantee   shall   not   exceed   Rs.   ......................... 

(Indian Rupees ..................................... only).

2. This Bank Guarantee shall be valid up to  ..........................(date) and

3. We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee 

only   and   only   if   IIT   Bombay   serve   upon   us   a   written   claim   or   demand   on   or 

before   ..........................(date).  

This   Bank   further   agrees   that   the   claims   if   any,   against   this   Bank   Guarantee   shall   be 

enforceable at our branch office at ........................................ situated at .............................. (Address 

of local branch).

                                Yours truly,

Signature and seal of the guarantor:

Name of Bank:

Address: 

Date:

Instruction to Bank: Bank should note that on expiry of Bond Period, the Original Bond will not be returned to the Bank. Bank is requested to take appropriate necessary action on or after expiry of bond period.

Submitted Earnest Money Deposit will be treated as null and void after acceptance of Performance 

Bank Guarantee by IIT Bombay.

MMD, IIT Bombay Page No.28  o f 29

Appointment of Consultant for Detailed Engineering of LFR with PCM

SECTION 9 ­ CHECKLIST

 The following items must be checked before the Bid is submitted:

1. Envelope “1” ­ Technical Bid

a)   Demand   Draft   of   Rs.   500/­   (Rs.   Five   Hundred   only)   towards   cost   of   Bid 

document,

b) Bank Guarantee for Rs. 2,00,000/­ (Rs. Two Lac only) towards Earnest Money 

Deposit, 

c) Eligibility Criteria & Selection Criteria Responses (each pages duly sealed and 

signed by the authorized signatory),

d)   Copy   of   this   tender   document   duly   sealed   and   signed   by   the   authorized 

signatory on every pages.

e) Technical Bid responses

2. Envelope “2”

a) Price Bid : 

Your   quotation  must  be   submitted   in   two   envelopes  Technical  Bid   (Envelope  1)  and 

Commercial Bid (Envelope 2) superscribing on both the envelopes the Tender no. and the 

due date and both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be 

sealed and duly superscribed with our Tender No. & Due Date.

MMD, IIT Bombay Page No.29  o f 29