kolhapur district central co operative...

54
KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT HEAD OFFICE: Kolhapur District Central Coop. Bank Ltd., 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001 REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR Supply, Implementation & Maintenance of ATMs, Cash Recycler Machines (CRMs), Connectivity and UPS with Batteries REF NO. : IT/Tender/201718/001 RELEASE DATE: 17 May 2017 PARTICULARS DEADLINE Last date of requesting any clarifications 23 rd May, 2017, 14:00 hours Date of Pre Bid Conference 24 th May, 2017, 13:00 hours Last date of submission of the Technical and Commercial bid 7 th June, 2017, 15:00 hours

Upload: lethuy

Post on 09-Mar-2018

252 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

 

KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD.  

 

 

    

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

 HEAD OFFICE: Kolhapur District Central Co‐op. Bank Ltd., 

1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001 

  

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR 

 Supply, Implementation & Maintenance of ATMs, Cash Recycler Machines (CRMs), Connectivity and UPS with Batteries 

  REF NO.           :      IT/Tender/2017‐18/001  RELEASE DATE:     17 May 2017   

PARTICULARS  DEADLINE 

Last date of requesting any clarifications   23rd May, 2017, 14:00 hours 

Date of Pre Bid Conference   24th May, 2017, 13:00 hours 

Last  date  of  submission  of  the  Technical and 

Commercial bid   7th June, 2017, 15:00 hours 

  

   

Page 2: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

2  

TABLE OF CONTENT 

Table of Contents 

1.  OBJECTIVE....................................................................................................................................................................4 

2.  PROJECT STRUCTURE...............................................................................................................................................4 

3.  IMPLEMENTATION SCHEDULE..............................................................................................................................4 

4.  ELEGIBILITY CRITERIA...............................................................................................................................................5 

5.  SCOPE OF WORK........................................................................................................................................................6 

6.  TENDER DOCUMENT AND FEE..............................................................................................................................8 

7.  EARNEST MONEY DEPOSIT.....................................................................................................................................9 

8.  PERFORMANCE GUARANTEE.................................................................................................................................9 

9.  CLARIFICATION AND PRE‐BID MEETING............................................................................................................9 

10.  SUBMISSION OF OFFER –TWO BID SYSTEM..................................................................................................10 

11.  ERASURES OR ALTERATION.................................................................................................................................11 

12.  LANGUAGE OF BID.................................................................................................................................................12 

13.  BID OPENING...........................................................................................................................................................12 

14.  CONTRACT PERIOD................................................................................................................................................13 

15.  SERVICE AVAILABILITY...........................................................................................................................................13 

16.  TRANSACTION DEFINITION.................................................................................................................................13 

17.  PAYMENT TERMS....................................................................................................................................................13 

18.  INSURANCE...............................................................................................................................................................14 

19.  WARRANTY...............................................................................................................................................................14 

20.  CONSORTIUM..........................................................................................................................................................16 

21.  OWNERSHIP, GRANT AND DELIVERY...............................................................................................................16 

22.  COMPLIANCE WITH LAWS...................................................................................................................................17 

23.  INDEMNITY...............................................................................................................................................................18 

24.  ACCEPTANCE TESTS...............................................................................................................................................19 

25.  ORDER CANCELLATION.........................................................................................................................................19 

26.  CONSEQUENCES OF TERMINATION.................................................................................................................19 

27.  PUBLICITY..................................................................................................................................................................20 

28.  LIQUIDATED DAMAGES........................................................................................................................................20 

29.  CONFIDENTIALITY...................................................................................................................................................21 

Page 3: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

3  

30.  VENDOR’S LAIBILITY...............................................................................................................................................22 

31.  GUARANTEES...........................................................................................................................................................22 

32.  FORCE MAJEURE.....................................................................................................................................................22 

33.  RESOLUTION OF DISPUTES..................................................................................................................................23 

34.  CORRUPT AND FRAUDULANT PRACTICES......................................................................................................24 

35.  EVALUATION METHODOLOGY...........................................................................................................................24 

Annexure 01: Conformity letter.....................................................................................................................................26 

Annexure 02: Pre Bid Query Format.............................................................................................................................27 

Annexure 03: Manufacturer Authorization Form (MAF).......................................................................................28 

Annexure 04: Performance Bank Guarantee.............................................................................................................29 

Annexure 05: Self declaration for Blacklisting...........................................................................................................31 

Annexure 06: Earnest Money Deposit..........................................................................................................................32 

Annexure 07: Authorization letter format...................................................................................................................34 

Annexure 08: Eligibility Criteria......................................................................................................................................35 

Annexure 09: Technical Scoring Chart..........................................................................................................................37 

Annexure 10: Service Level Agreement.......................................................................................................................39 

Annexure 11: Minimum Technical Specifications....................................................................................................42 

Annexure 12: Branch Details...........................................................................................................................................53  

Page 4: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

4  

 

1. OBJECTIVE 

     Kolhapur  District  Central  Co‐operative  Bank  Ltd.,  (KDCCB)  Kolhapur  is  a  District  Co‐operative  bank  in Western  region of Maharashtra. The bank  is having 191 branches and Head Office have computerized entire operation using Core Banking Solution to meet the present and future needs of the Bank. In  process  to  that,  the  bank  has  adopted  to  a  detailed  technology  adaptation  roadmap  to  further leverage  out  of  its  delivery  channel  initiatives.  The  Bank  post  its  transformation  to  Core  Banking environment,  envisage  to  incorporate  Delivery  channels  in  the  form  of  ATM  to  further  leverage and  extend its CBS service to its customers. The Bank plans to extend its ATM Network. This will  allow the  customers of  the Bank  to access ATM of other  banks across  the  country  and  leverage  from  the Bank’s own ATM within  the  state of Maharashtra. The Bank  currently has  Core Banking application from Infosys and the application is Finacle. The system integrator for CBS project is Wipro. 

 

 

2. PROJECT STRUCTURE 

 The bank has  structured  this  bid  as  a  prime  bidder bid where  the  prime  bidder/system  integrator is expected  to  submit  the  bid  as  one  entity  and  take  responsibility  of  the  entire  bid  in  terms  of  all deliverables,  SLAs,  contractual  terms  and  conditions  etc.  The  prime  bidder/system  integrator  is expected  to  identify partners  if  required  for  relevant components and ensure  they bid as part of  the consortium through the prime  bidder/system integrator only. 

 

 

3. IMPLEMENTATION SCHEDULE 

 The  Bank  wants  to  complete  entire  implementation  within  6 months  from  the  date  of  signing  the contract. All necessary implementation services are required to be completed across the Data Center and the Disaster Recovery Center of the Bank if required by the bidder. 

 A. Pilot Implementation: The  Pilot  implementation would  entail  the delivery of  entire  setup  implementation  and  go  live of  10 ATM/CRMs.  The  Pilot  phase  has  to  be  completed  within  two months  from  the  date  of  signing  the contract  

 

B. Post Pilot Implementation: All the residual ATMs need to be implemented in staggered manner as shared:  

Stage – I  20  additional locations 

4 months from the date of signing the contract 

State – II  26  remaining locations 

6 months from the date of signing the contract 

 

 

 

 

 During this phase bank may increase/ decrease the number of CRM/ATM as it’s discretion and bank bidder is bound to provide the same.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

5  

Major Activities Timeframe  from  the  Date  of  Contract Signing with Service Provider 

Establishment   of   connectivity Saraswat Infotech Ltd, Data Centre –Vashi for EFT switching. 

4 weeks 

Delivery of Equipment including but not limited to ATM & CRM, Network Components 

 6 weeks 

Establishment of Help Desk One week before the 1st CRM / ATM goes live

Pilot Completion  2 months 

Stage – I  4 months 

Stage – II  6 months 

 

 

4. ELEGIBILITY CRITERIA 

 

Sl No  Eligibility Description 

1  Bidder should be in existence in India for minimum of TWO years as on 31.03.2017 

The  bidder  submitting  the offer  should  be  having  a  turnover  of  minimum  Rupees Five Crore & above per year during last two years i.e. 2014‐2015 and  2015‐2016. Copies of the  last two financial years’ audited balance sheets should be  submitted along with the offer. 

3  Bidder  should have  reported net profit  for  last 2  financial  years  (2014‐2015 and 2015‐2016). 

Bidder or its consortium partner should have prior experience in supply, configuration & support of network components such as Router, WAN links, UPS for at least 100 branches of a single bank in Maharashtra during last three years. 

5  Bidder should have ISO9001:2000 or current version certification. 

6 The proposed OEMs for ATM/CRM & UPS should have its support team permanently deployed in the district of Kolhapur. 

7 The production unit / factory of the brand of ATM/CRM being quoted should be  ISO 9001:2000 certified. If the production units are outside India, it should meet  equivalent international standards 

8 As on RFP issue date, bidder should not have been black listed by any Financial  Institutions / Banks in India. An undertaking to this effect must be submitted in their  letter head 

9 The Bidder or its consortium should have supplied, installed and managed at least 50 number of ATMs  / CRMs  in  the period of  last  three  years  for  at least one Bank in India. 

Page 6: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

6  

10 The proposed OEM should have installed at least 500 ATM/CRM in the state of Maharashtra during the last 3 years. 

11 

The  bidder  or  consortium  partner  should  be  the  Original  Equipment Manufacturer  (OEM) or  their authorized  representative  in  India. An authorization  letter  from  manufacturer to this effect should be furnished. This letter should specify that in case  authorized  representative  is  not  able  to  perform obligations  as  per  contract  during  contract period, the Original Equipment Manufacturer would provide the same. 

12  The bidder should also have own service team apart from OEM 

    

5. SCOPE OF WORK 

 The detailed scope of work as defined  in  the  tender document under the  section, needs  to be  performed in entirety between the Bidder and its consortium partners / members. Through this tender the Bank intends to  select  a  reputed  and  experienced  Bidder  /  consortium  for  to  Supply,  installation,  configuration  & maintenance of ATMs, CRMs, UPS, EJ pulling Software, ATM/CRM monitoring solution other optional  items etc. and to  interface /  integrate with CBS, ATM Switch and switches  like NFS, VISA, Master Card and others. Testing the operations of ATMs/ CRMs and user acceptance. Provide support/ maintenance services for the products supplied by skilled staff to ensure that expected  levels of uptime, as desired by the KDCC Bank,  is met. Provide specific contingency and incident resolution plans.    As part of the scope, the Bidder will deliver a Toll free number with an EPABX having required call recording & archiving  facility, which  should be  configured  for Banks team  to receive calls  from customers for query or complaint.  The proposed CRM and ATM should be from same OEM. The unit number of ATMs & CRMs are mentioned in the RFP may change (increase or decrease) as per the discretion & requirement of the Bank.  The unit rate of the supplied device (ATM/CRM/Network devices/UPS) will serve as rate contract for twenty four months from the date of agreement signoff. During this period Bank may place any number of order for ATM/CRM/Network Devices/UPS as per approved commercials. Bank may place phase wise order from the total number mentioned in the RFP.  

 

A. ATM Machines / Cash Recyclers Machine (CRM): Procurement of 36 numbers of ATM & 20 numbers of Cash Recycler Machines  including online UPS  in first phase  for  the Bank,  Implementation of  the ATMs/ CRMs across  the  sites as  identified by  the Bank  in  the branch within the state of Maharashtra. KDCC Bank will place order to single vendor for supply of ATMs & CRMs  This  will  cover  all  related  services  from  delivery,  installation,  configuration,  maintenance  and management of Cash dispensers / Cash Acceptance including fake note detection. The configuration should entail  incorporation  of  appropriate  level  of  security,  screen  customization  for  the Bank  on  regular  basis, enabling  electronic  journal  log  including  software  for  configuring  EJ  pulling  and  content  download.  The successful bidder will be responsible for all aspects of  implementation. The Bidder will also be required to provide  post  implementation  support  and maintenance  during  the  contracted  period  from  the  date  of successful commissioning and acceptance by the bank. All  update  /  supply/  install  necessary  changes  in  the ATMs  /  CRMs,  if  any  due  to  regulatory  /  statutory compliance at no extra cost to the Bank Loading multilingual Screens/Bank Product screens/Screens  for other value added services  like mobile  top up, utility bill payment etc.  (Screens will be given by the bank) including building the necessary interfacing 

Page 7: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

7  

with the bill junction which will be done at a future date. The effort for the same are required to be factored adequately by the bidder. The required environment such as ATM Room, Air conditioner, power cabling will be responsibility of bank. 

   

B. Network Components & Communication Channel: Bidder  should  factor  all Network  Components &  communication  channels which  shall  be  used  to  create connectivity between the followings:‐ 

i. The  vendor  has  to  supply,  configure,  implement  and  maintain  connectivity  of  512kbps  of  wired VPNoBB from BSNL at bank’s various branches where the ATM/CRM will be installed. 

ii. Bidder to provide Dual lastmile MPLS connectivity at the Saraswat Infotech Ltd, Data Centre –Vashi for connecting the ATM/CRMs. 

iii. Bidder  to  also provide  connectivity  though 3G/4G  lastmile  at  the ATM  locations & which will  act  as secondary link for ATM/CRM when the BSNL VPNoBB is down. 

iv. Bidder  to  provide  2mbps  MPLS  connectivity  at  the  KDCC  Head  office  for  the  monitoring  of  the ATM/CRMs. 

v. Bidder to supply, configure & maintain router required at the ATM/CRM sites, KDCC Head office and Saraswat Infotech Data Center Vashi for terminating the links mentioned.  

vi. The necessary  services  like  link & device monitoring, configuration, call  login  for  fault,  follow‐up  for incident resolution will be the sole responsibility of the vendor. 

vii. Vendor to provide daily report to KDCC management team on incident login and resolution. viii. The bidder will be responsible for all data cabling with casing (wherever required) for making the site 

live. ix. All data between the routers should be encrypted when travelling through public channel. 

C. End to end ATM environment monitoring: Bidder to supply, install & maintain GUI/Web based monitoring tools for ATMs & CRMs, and should be able to integrate with other channel services in the form of Internet and Mobile Banking system. The monitoring tool  should  have  features  to  trace  the  transaction,  Cash  health  position,  monitoring  performance  of application  and  troubleshooting,  a  distributed  view  for  logical  group  of  ATMs  /  CRMs  for  conducting  all system  set‐up and maintenance and network monitoring and  control activities. The  software  solution  for sending auto generated e‐mails / SMS alerts on generation of the possible fault  in ATMs but not  limited to such as Hardware Failure, Cash Out, Consumables, non‐ functioning of DVR, status of EJ software agent etc. without any  limit and must be sent to the addresses/Mobile Numbers provided  for the purpose. The auto generated e‐mails & SMSs would be sent through Bank’s email & SMS infrastructure.  The solution should provide online monitoring tool for the complete setup which should provide following functionalities – 

i. Should be GUI based with dashboard facility (configurable to user’s need) at multiple locations. ii. Provide online status of ATMs/ CRMs, devices, interchanges, host etc. connected to switch. Should also 

indicate the reason in case of down/ problem in ATM. iii. Provide online status of different components of Switch application  like processes,  interfaces nodes, 

etc. iv. Should provide online transactions surveillance giving  information/ analysis on TPS, transaction wise, 

interchange  wise,  type  of  transactions  wise,  successful/  decline  ratio,  reason  for  declining  of transaction, abnormal transaction behavior on particular device etc. 

v. Should provide various MIS reports required for Bank Management vi. Hardware performance monitoring like CPU, memory, Disk I/O, other performance parameters etc. vii. Should provide facility for defining the thresholds for different parameters. viii. Should be able  to provided  intelligent MIS  for a desired duration on all above parameters  including 

ATM  up/  downtime.  Should  also  be  able  to  provide  business  analysis  on  above  parameters  for decision support system. 

ix. Any other complete solution related monitoring parameter not mentioned above. x. Should be able to give alert at screen, through voice, SMS and emails in case of problem. 

Page 8: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

8  

 

D. Supply, Installation & Maintenance of UPS and Batteries. 

 i. Bidder to supply, install & maintain the UPS & batteries required for the ATM/CRMs. ii. The electric cabling required for the UPS will be the responsibility of the bank. iii. Bidder to do periodic proactive maintenance of each UPS & batteries on quarterly basis.  

E. Training: The selected Bidder must provide training to Bank’s technology team on overview of system fundamentals, Operating  Systems,  application  software,  etc.  They  will  also  be  trained  in  fault  diagnosis  and  first  line support. The training must enable the Bank’s software staff to understand about the software related to the ATM & CRM & its operations. Bidder must provide complete training plan for ATM & CRM. The training along with  software  documentation/manuals must  be  provided  on  site  at  Banks,  Head  Office  in  Kolhapur  in Maharashtra.  Bidder  to  provide  training  during  the  implementation  of  the  ATM/CRM  at  sites  on  the operations such as cash loading, Journal collection etc. 

 

F. Infrastructure readiness: The Bidder will also perform the site inspection as identified by the Bank and suggest the activities required for implementation of ATM/ CRM & UPS 

 

G. Support Management for ATM delivery project: Support Management basis is expected to be offered as a part of solution for entire contract period. End to end Service Support should be provided by the bidder. The selected vendor would ensure the availability of dedicated personnel at  the KDCC Head office on 365 days basis during  the contract period. Bidder has  to ensure  to  deploy  academically  good,  technically  sound  and  competent  personnel  to  handle  smooth operations for the bank. The support management personnel will also be responsible to allocate the calls to their  service engineer,  liasioning with  the  link  service provider, access ATM monitoring  tool and generate reports, coordinate with bank’s ATM call center  team and  resolve  the  issue  related  to ATM &  the  related infrastructure. The deployment of resources per shift are mentioned below.  

Timing  Minimum no. of resources to be deployed per shift 

7 am to 7 pm  7am to 10am :: 1 10am to 4pm:: 2 4pm to 7pm:: 1 

(Total 2 resources) 

 

 6. TENDER DOCUMENT AND FEE 

 A complete set of tender document can be obtained from the  following address during office hours on all working days on submission of a written application along with a non‐refundable fee of `5,000/‐ (Rupees Five Thousand Only)  in the form of Demand Draft or Banker’s Cheque  in favor of Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. payable at Kolhapur.  The Chief Executive Officer  Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd.  Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. 

Pin – 416001 

Phone no: 0231 2531641 to 2531650, Fax no: 0231 2529997 E‐Mail: [email protected] / [email protected]  

 

Page 9: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

9  

The  tender document can be downloaded  from  the  site of  the Bank  “www.kdccbank.com” Or  can  be  directly purchased by the bidder from the Bank head  Office from the above address of correspondence. The Bid value  is non‐refundable and should  be given in the form of Pay order or Demand draft. 

 

 7. EARNEST MONEY DEPOSIT  

 The  Bidder(s)  must  submit  Earnest  Money  Deposit  in  the  form  of  demand  draft  /  pay  order  /  issued  by  a scheduled/Commercial  bank  (as  per  format  provided  in  Annexure  06:  Earnest  Money  Deposit)  in  favor  of Kolhapur District Central Cooperative Bank ltd. payable at Kolhapur  for an amount mentioned hereunder:  

The EMD value of INR 10 lacs (INR 10,00,000).  

The EMD of unsuccessful Bidders will be returned to them on completion of the procurement  process. The EMD of successful Bidder(s) will be returned on submission of Performance Bank  Guarantee. 

 

The Earnest Money Deposit may be forfeited under the following circumstances: 

I. If the Bidder withdraws its bid during the period of bid validity (180 days from the date  of opening of the technical bid). 

II. If  the  Bidder  makes  any  statement  or  encloses  any  form  which  turns  out  to  be  false,  incorrect and/or  misleading  at  any  time  prior  to  signing  of  contract  and/or  conceals  or  suppresses material information; and / or 

III. In case of the successful Bidder, if the Bidder fails: 

To sign the contract in the form and manner to the satisfaction of The Bank. 

To  furnish performance Bank Guarantee  in  the  form and manner  to  the satisfaction of  the Bank. 

  8. PERFORMANCE GUARANTEE 

 

The Bank will require the selected Bidder to provide a Performance Bank Guarantee, within 15  days from the date of acceptance of the order or signing of the contract whichever  is earlier,  for  a  value  equivalent  to  10%  of  the cost of  the  contract  for  the  tenure of 5  years of  the  contract  period.  The  Performance  Guarantee may renew year wise  based  on  the  reducing  balance  and  should  be  valid  for  a  period  of  60  months  and  3 Months additional  as  claim  Period.  Performance  Guarantee  shall  be  kept  valid  till  completion  of  the  project  and warranty/AMC  period.  The  selected  Bidder  shall  be  responsible  for  extending  the  validity  date  and  claim period  of  the  Performance  Guarantee  as  and when  it  is due on account of non‐completion of  the project and warranty period.  In case the  selected Bidder  fails  to  submit performance  guarantee within  the  time  stipulated, The  Bank,  at  its  discretion,  may  cancel  the  order  placed  on  the  selected  Bidder  without  giving  any  notice. Bank  shall  invoke  the  performance  guarantee  in  case  the  selected  Bidder  fails  to  discharge  their  contractual obligations  during  the  period  or  Bank  incurs  any  loss  due  to  Bidder’s  negligence  in  carrying  out  the  project implementation as per the agreed terms & conditions. 

 

 

 9. CLARIFICATION AND PRE‐BID MEETING 

 

The prospective bidders may attend a pre‐bid meeting to be held as indicated in the Bid details ‐  Control  Sheet.  Up  to  a maximum  of  2  (two)  authorized  representatives  of  each  prospective  bidder will  be permitted  to  attend  the  pre‐bid  meeting.  The  said  meeting  for  the  prospective  bidders  on  technical clarifications would be held on 24/05/2017 at 2.00 PM at Kolhapur  District  Central  Co‐operative Bank  Ltd., Head Office, Kolhapur, Conference Room. Bidders are requested to send their queries relating to RFP to our office by e‐  mail/  fax  /  speed  post  /  courier, well  in  advance  (latest  by  23/05/2017  up  to  1.00  P.M.),  so  that  the same could be discussed during the Pre‐Bid meeting with  interested Bidders . Further,  prior  to  the  last  date  for bid  submission, The Bank may,  for any  reason,  whether  at  its  own  initiative  or  in  response  to  clarification(s) 

Page 10: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

10  

sought  from  the  prospective  Bidders,  modify  the  RFP  contents/covenants  by  amendment.  Clarification /amendment,  if  any,  will  be  notified on Bank’s website. No  individual  communication would  be made  in  this respect.  Further  Bank  reserves  the  right  to  change  the  dates,  timings  mentioned  above  or  elsewhere mentioned in the RFP, which will be communicated by placing the same as corrigendum under  Tender section on Bank’s web‐site.  

10. SUBMISSION OF OFFER –TWO BID SYSTEM 

 Separate Technical and Commercial Bids duly sealed and superscribed “Quotation for Supply,  Implementation & Maintenance of ATMs and Cash Recycler Machines – Technical Bid” and “Quotation for Supply, Implementation & Maintenance of ATMs and Cash Recycler Machines – Commercial Bid” shall be submitted as per bid details given in  the RFP.  Sealed  separate envelopes  carrying Technical Bid and  indicative  commercial bid  should be put  in a single sealed outer cover duly sealed and superscribed “Quotation for Supply, Implementation & Maintenance of ATMs and Cash Recycler Machines” be dropped/submitted at the Bank’s address (refer control sheet table) on or before  the  date  and  time mentioned  in  Bid  Detail‐  Control  Sheet  Table.  Any  Bid  received  by  the  Bank  after deadline for submission of Bids prescribed, will be rejected and returned unopened to the Bidder. The Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to bind the Bidder to the Contract. The person or persons signing the Bids shall initial all pages of the Bids, except for un‐amended printed literature.  All responses including commercial and technical bids would be deemed to be  irrevocable offers/proposals from the vendors and may if accepted by the Bank form part of the final contract between the Bank and the selected Vendor.  Vendors  are  requested  to  attach  a  letter  from  an  authorized  signatory  attesting  the  veracity  of information provided  in the responses. Unsigned responses would be treated as  incomplete and are  liable to be rejected. Any technical or commercial bid, submitted cannot be withdrawn / modified after the last date for submission of the bids unless specifically permitted by  the Bank.  In case, due  to unavoidable circumstances,  the Bank do not award the contract within 180 days from the last date of the submission of the bids, and there is a possibility to award the same within a short duration, the Vendor would have the choice to maintain the bid security with the Bank or to withdraw the bid and obtain the security provided.  The Vendor may modify or withdraw  its offer after submission, provided that, the Bank, and prior to the closing date and time receives a written notice of the modification or withdrawal prescribed for submission of offers. No offer can be modified or withdrawn by the Vendor subsequent to the closing date and time for submission of the offers. It is mandatory to submit the technical details in the formats in given in Annexure /Appendices, given along with this document duly filled in, along with the offer. The Banks reserve the right not to allow / permit changes in the technical  specifications  and not  to  evaluate  the offer  in  case of non‐submission of  the  technical details  in  the required format or partial submission of technical details. Each offer should specify only a single solution, which is cost‐effective and meeting the tender specifications. It is the responsibility of the Vendor to decide the best suitable solution.  The Bank  is not  responsible  for any assumptions or  judgments made by  the vendors  for arriving at any  type of sizing or  costing. The Bank  at  all  times will benchmark  the performance of  the Vendor  to  the RFP documents circulated to the vendors and the expected service  levels as mentioned  in these documents. In the event of any deviations from the requirements of these documents, the Vendor must make good the same at no extra costs to the Bank, in order to achieve the desired service levels as well as meeting the requirements of these documents.   The  prices  quoted  by  the Vendor  shall  include  all  costs  such  as,  taxes,  levies,  cess,  excise  and  custom  duties, installation,  insurance  etc.  that  need  to  be  incurred.  The  prices  quoted  will  also  include  transportation  to respective  sites,  insurance  till  supervision,  commissioning  and  final  acceptance  by  the  Bank.  Any  delay  in installation of the hardware for whatsoever reason should not entail  in expiry of  insurance and the same should be  continued  to  be  extended  up‐to  the  date  of  installation  and  acceptance  of  the  hardware  and  other infrastructure by  the Bank. The price payable  to  the Vendor shall be  inclusive of carrying out any modifications changes / upgrades to the Environment or other software or equipment that  is required to be made  in order to 

Page 11: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

11  

comply with any statutory or regulatory requirements or any industry‐wide changes arising during the subsistence of this agreement, and the Bank shall not pay any additional cost for the same. Though the equipment would be at the Bank premises, Vendor shall be responsible  for the  installation,  implementation and acceptance testing and the ownership would not have transferred to the Bank at this stage. Hence the Vendor should bear the risk of loss and any damages and therefore  insure the equipment till acceptance testing, and final acceptance by the Bank. The vendor needs to provide details of Taxes for each component, as part of commercial bid. In case of any variation (upward or down ward) in Government levies / taxes / cess / excise / custom duty etc. up‐to the date of invoice, the benefit or burden of the same shall be passed on or adjusted to the Bank. If the Vendor makes  any  conditional  or  vague offers, without  conforming  to  these  guidelines,  the Bank will  treat  the prices quoted as  in conformity with these guidelines and proceed accordingly. Local entry taxes or octroi whichever  is applicable,  if any, will be paid by  the Bank on production of  relative payment  receipts / documents. Necessary documentary evidence should be produced for having paid the customs / excise duty, sales tax, if applicable, and or other applicable levies. “Variation” would also include the introduction of any new tax /cess /excise. Any inter‐lineation, erasures or overwriting shall be valid only if they are initialed by the person signing the Bids. The Bank reserves the right to reject bids not conforming to above.  All envelopes must be super scribed with the following information:   Name of Bidder Offer Reference Type of Offer (Technical or Commercial)  ENVELOP‐I (Technical Offer): The Technical Offer should be completed in all respects and contain all information asked for in the exact format of technical specifications given in the RFP, except prices. The technical response consist of index / table content of proper page numbering.   The Technical Offer must not  contain  any price  information. The Bank,  at  its  sole discretion, may not evaluate a Technical Offer in case of non‐submission or partial submission of technical details.  Any decision of The Bank in this regard shall be final, conclusive and binding upon the Bidder.  ENVELOP‐II (Commercial Offer): 

The  indicative  commercial  Bid  should  contain  all  relevant  price  information  and  should  not  contradict  the 

Technical Offer  in  any manner. To  arrive  at  the  final  rate, Bank  shall undertake  the evaluation mechanism  as detailed under the section of Bid Evaluation. 

 Note: a. If the outer cover / envelop is not sealed and super scribed as required, The Bank will assume no responsibility 

for bid’s misplaced or premature opening. b. If any  inner cover /envelop  is found to contain both technical and commercial bids that bid will be rejected 

summarily. c. If  any  outer  envelope  is  found  to  contain  only  the  technical  Bid  or  Commercial  Bid,  it will  be  treated  as 

incomplete & will be liable for rejection. d. If  financial bid  is not  submitted  in  a  separate  sealed  envelope duly marked  as mentioned  above,  this will 

constitute grounds for declaring the bid non‐responsive.  

11. ERASURES OR ALTERATION 

 The Bid should contain no alterations, erasures or overwriting except as necessary to correct errors made by the Bidder,  in which case corrections should be duly stamped and  initialed / authenticated by the person/(s) signing the  Bid.  The  Bidder  is  expected  to  examine  all  instructions,  forms,  terms  and  specifications  in  the  bidding documents.  Failure  to  furnish  all  information  required  by  the  bidding  documents  or  submission  of  a  bid  not substantially/conclusively responsive to the bidding documents in every respect will be at the Bidders risk and may result in rejection of the bid. 

 

Page 12: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

12  

 12. LANGUAGE OF BID 

 The bid as well as all correspondence and documents relating to the bid exchanged by the Bidder and The Bank shall be in English language only. 

 

 13. BID OPENING 

 The date of bid opening will be communicated to  the bidders through email. The bids of all  the bidders will be accessed based on the bidding format as defined under the sections above  in the RFP document. The following will be checked on the date of Bid opening: 

I. Both the bids to be submitted in a single envelope or box and should be completely sealed II. Bank will collect the bid Money and the EMD III. Bank  to  check  both  the  bids  ‘technical’  and  ‘Commercial’  in  the  right  format  as  defined  and  both  the 

documents should be completely sealed IV. Bank  will  initiate  the  process  of  Eligibility  evaluation  –  Annexure  08  and  the  Technical  evaluation 

subsequently as per the Annexure 09. Bids of Eligible bidders will be evaluated  for Technical evaluation wherein  the Bank will evaluate  the  technical and  techno  functional  response  to  the RFP of  the Bidders who are found eligible as per the eligibility criteria mentioned in the RFP 

V. Technically qualified bidders will have their commercial bids opened.  

 

Eligibility Bid 

I. Table of Contents (list of documents enclosed) 

II. 1 copy of the Annexure 8. III. Other  required  credentials  and  documents with  pages  properly  numbered.  The  Eligibility Bid should 

be bound in such a way that the sections of the proposal could be  removed and separated easily; 

IV. 1 compact disk (CD) containing the soft copy should be provided.  

V. Bidder should submit Commercial rate CD in the same commercial envelop only.   

VI. The signed copy of the RFP and subsequent addendums 

VII. The Bid security/EMD. VIII. The application money. 

Technical Bid 

I. Table of Contents (list of documents enclosed) 

II. 1 copy of the technical proposal with pages properly numbered. The technical proposal  should be bound in such a way that the sections of the proposal could be removed and  separated easily; 

III. 1 compact disk (CD) containing the soft copy of technical proposal should be provided 

IV. A masked copy of  the entire price bid  (Appendix 01‐ Bill of materials) after masking  the prices (i.e. without mentioning any price) should accompany the technical proposal.  The solutioning details like make/model/configuration/quantity etc. must be detailed. 

 

Commercial Bid 

I. Table of contents(list of documents enclosed) 

II. 1 hard copy of  the  commercial proposal. Filled  in  (i.e. with prices) Appendix 01‐ Bill of materials)   

III. 1 compact disk (CD) containing the soft copy of the commercial proposal. (To be submitted in the sealed 

envelope of commercial bid.) 

 Please note  that  if  any envelope  is  found  to  contain  both  technical  and  commercial  offer,  then that offer will be rejected outright. 

Page 13: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

13  

The Vendor  should  certify  that  the  contents  of  the  CD’s  are  the  same  as  that  provided  by way of hard copy. 

Letter format given in Annexure 01: Conformity Letter. In  the event of a discrepancy, details provided in the hard 

copy will be true. The  Bank’s  determination  of  a  Bid’s  responsiveness  will  be  based  on  the  contents  of  the  Bid  itself, without recourse to extrinsic evidence. 

 

 14. CONTRACT PERIOD 

 The Bank will establish a contract for 5 years from the date of signing the contract with the finally selected bidder. 

 

 15. SERVICE AVAILABILITY 

 The ATM services for the bank need to be available on a 24 hour cycle. The ATM’s/CRM’s needs to be able to offer 

customer services at all point  in  time. The definition of Service outage  is defined  in  the section of Service  level 

Agreement defined under the Annexure ‐ 10   16. TRANSACTION DEFINITION 

 Successful transaction – the  initiated transaction at the ATM should hit the switch and then connect to the core 

banking environment through the  interfacing. Any error or time out  in the event will be treated unsuccessful for 

Bank’s  own  clients whereas  for  other  Bank’s  client  including  that  of  sponsored  bank,  the  initiated  transaction 

should hit the switch. 

 

Non‐financial transaction – Will be treated as successful in the event of the query transaction hitting the switch. 

  17. PAYMENT TERMS 

 

The Bank will have the following payment terms towards the selected bidder: 

  

ATM & CRM Hardware: For all IT related hardware which includes of ATM/CRM:  

50% of the payment on successful installation of the products and thereby taking a sign off on  the installation report of the Bank 

40% on successful completion of the ATP (Acceptance testing) by the Bank   

10% after the end of the two months from the date of successful ATP signoff 

 Software: Software,  would  entail  all  applications  pertaining  to  monitoring software and the call center solution management, Operating systems for the servers if supplied any including the OS of the ATM machines 

50% of the software payment would be made on successful delivery and installation of the software thereby taking a client signoff 

50% of the residual payment would be made by the Bank at the end of the first quarter from the date of successful signoff for event one 

  

Page 14: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

14  

Facility Management: Quarterly payment would be made at the end of each quarter  in arrears. The services covered  would be part of the management services to successfully run the ATM delivery channel  environment.  

AMC/ATS: The AMC/ATS cost will be paid quarterly in advance. 

 

Customization and Parameterization (if any): Customization and Parameterization payment would be made based on the following: 

 

Successful Closure of 90% of  show  stopper  cases  and  thereby uploading  the  function  in  the  production environment by taking signoff from the client would allow the bidder to claim 70%  of the customization cost as provisioned 

 

Successful  closure  of  residual  10%  of  show  stopper  cases  and  thereby  uploading  the  function  in  the production  environment  by  taking  signoff  from  the  client  would  allow  the  bidder  to  claim  30% of  the customization cost as provisioned 

  18. INSURANCE 

 The  insurance  shall  be  for  an  amount  equal  to  100%  of  the  total  value  of  equipment’s  on  "all  risks"  basis, including  war  risks  and  theft  and  robbery  clauses,  valid  for  a  period  up to  the  delivery  of  the  equipment’s in  the  Bank  shared  addresses  and  would  remain  valid  until  the  successful  User  acceptance  testing, supervision  of  commissioning  and  acceptance  of  the  equipment’s by the Bank; and the Price offer shall be on a fixed price basis.  In addition to the  insurance policies taken by the Vendor with respect to the transportation of  the equipment as set  out  above,  the  Vendor  shall  maintain  adequate  professional  liability  and  an  all  risk  Insurance  for  the aggregate of all deliverables and services to be rendered by virtue  of Core Banking Project  and  shall provide  to the Bank  copies of  such policy of  insurance and  evidence  that  the premiums have been paid. The Vendor shall procure appropriate  insurance  policies of the limits acceptable to the Bank for damage to Bank premises, Bank’s property, data  or  loss  of  life,  which  may  occur  as  a  result  of  or  in  the  course  of  performing  the  Vendors obligations  under  the  RFP.  The  Vendor  also  warrants  and  represents  that  it  shall  keep  all  their  respective directors,  partners,  advisers,  agents,  representatives  and  or  employees  adequately  insured  in  respect  of business travel in India and further agrees to provide to the Bank copies of  such policy of insurance and evidence that the premiums have been paid. 

 

 19. WARRANTY 

 

I. The  Products  supplied  by  the  bidder  shall  carry minimum  36 months  Comprehensive  on‐site  warranty covering total equipment from the date of acceptance. The bidder Warranty and AMC terms & conditions shall  cover  the  total  equipment,  including  spare  replacements  along  with  OS,  system  software  etc. procured  from  the  bidder,  Minimum  24/7  support  by  Comprehensive  Onsite  Maintenance  support. Warranty and AMC  terms shall also cover the  task of configuring/re‐configuring operating system, other hardware/software  resources,  Operating  System  Hardening,  Loading  of  the  other  system  software procured either from the bidder or  it’s consortium partner or any other vendor, Hard Disk Configuration, Performance  tuning,  dispensing  machines,  all  internal  parts  of  the  systems,  Loading  &  configuring operating system updates, integrating with the other hardware procured by the bank and any other tasks related to Hardware & System Software Management. 

II. In  the case of authorized/ channel partners, Warranty and AMC shall also  include  the cost  for  the back  to 

Page 15: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

15  

back  arrangement  with  OEM  for  maintenance  of  spares,  providing  support  services,  updates,  if  any required. Terms of Service Level Agreement, if any, are to be specified. 

III. Besides general warranty support, critical support details should be furnished. The successful bidder shall be agreeable  to  enter  in  to  Service  Level Agreement with  the Bank  covering Warranty & AMC  terms  and conditions. Besides the above, the bidder shall extend the warranty terms & conditions, if any available by default or extended by OEM, with the product from OEM. 

IV. Cash  Dispensers  /  Recycler  Machine  and  other  equipment  supplied  by  the  bidder  shall  carry  a  free comprehensive, onsite warranty for a minimum period of Three (3) Years and AMC for next Two (2) Years from 4th year to 5th Year. 

V. UPS Systems including Batteries shall carry a free comprehensive, onsite warranty for a minimum period of Three (3) Years and AMC of UPS Systems  including Batteries for next Two (2) Years from 4th year to 5th Year. During warranty and AMC period all parts of UPS  including transformer, DC/ AC filtering capacitors are to be covered. 

VI. During the warranty/ AMC period selected bidder shall visit the branches once in a quarter for maintenance support and should submit the report to Bank. 

VII. During Warranty and AMC period all parts of Cash Dispensers are to be covered. The Bidder shall submit the details of parts not covered during Warranty and AMC period, along with Bid documents. 

VIII. CDs / CRMs  (including all major components  like Printers, Card readers, VSS, PC and components, Mother Boards, Monitor, Pin Pad etc. other  than  consumables  like paper,  ribbon, and  rollers)  shall  carry a  free comprehensive, onsite warranty for a minimum period of Three (3) Years and AMC for next Two (2) Years. 

IX. The bidder warrants that the Goods supplied under the Contract are new, unused and shall have no defect arising from design, materials or workmanship. 

X. The  bidder  has  to  submit  the  confirmation  as  per  “ANNEXURE  03: MANUFACTURER  AUTHORISATION FORM” that for the subsequent AMC the bidder is taking the AMC support from the OEMs. 

XI. Third  party  warranty  certificate/s  should  be  provided  to  the  Bank.  However,  the  responsibility  of comprehensive Warranty/AMC period lies primarily with the CDs / CRMs bidder only. 

XII. The Bidder will provide a Single point of contact with whom the bank will coordinate for the warranty/AMC. The bank may log a call with the bidder by phone, fax, email or any other manner the bank desires. 

XIII. Bidder  shall conduct preventive maintenance  (including but not  limited  to  inspection,  testing,  satisfactory execution of all diagnostics, cleaning and  removal of dust and dirt  from  the  interior and exterior of  the Equipment and necessary  repairing of  the Equipment) at  such  intervals  (minimum once  in a quarter) as may be necessary from time to time to ensure that the equipment is in efficient running condition so as to ensure trouble free functioning. 

XIV. All engineering changes generally adopted hereafter by the Bidder for equipment similar to that covered by this agreement, shall be made to the equipment at no cost to the Bank. 

XV. Qualified  maintenance  engineers  totally  familiar  with  the  equipment  shall  perform  all  repairs  and maintenance service described herein. 

XVI. The Bank shall maintain a register at its site in which, the Bank's operator/ supervisor shall record each event of failure and / or malfunction of the equipment. The bidder’s engineer shall enter the details of the action taken  in such register. Additionally every time a preventive or corrective maintenance  is carried out, the bidder’s  engineer  shall make  effect  in  duplicate,  a  field  call  report which  shall  be  signed  by  him  and thereafter countersigned by the Bank's official. The original of the field call report shall be handed over to the Bank's official. 

XVII. The bidder shall provide replacement equipment if any equipment is out of the premises for repairs. 

   

Page 16: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

16  

20. CONSORTIUM 

 Vendors may  form  a  consortium  and  bid  for  the  RFP,  as  it  is  the  Bank  expectation  to  implement  the most appropriate hardware and software products and maintain policies and procedures to  serve the Bank. However, in this  case  the  Bank  will  deal  with  only  the  Vendor  as  a  single  point  of  contact  who  shall  have  the  sole responsibility  for  the  entire  assignment  irrespective  of  the  fact  that  it  is only  the part of the consortium. Each consortium shall name  the Vendor who shall  have the single point responsibility for the consortium  in their bid responses.  The  Vendor  is  proposing  (as  part  of  the  solution)  some  products,  which  are  not  owned  by  the Vendor;  the Vendor is proposing (as part of the solution) some services which are provided on behalf of  another Vendor; or the Vendor is proposing a product on behalf of another Vendor.  The Vendor  is required to provide proof that the Vendor  is authorized to bid with the products  that  it does not own.  This may be in the form of a (copy of) letter authorizing the Vendor from  a  duly  constituted  attorney  and / or a  (copy of) back‐to‐back  agreement between  the  concerned parties.  The responsibility for the details presented in the responses will be with the Vendor, which will  form  part  of  the final  legal  contract.  The  Vendor  will  be  totally  responsible  for  delivering  contractual services end to end and will be a single point of contact; and the responsibility for the commercial bid lies with the Vendor. The Bank would only deal with  one party (the Vendor) on all commercial and legal matters.  The consortium vendors cannot change once the technical and financial bid has been submitted  in response to the RFP by  the Vendor  except  as may be  required by  the Bank.  It  is  expressly  clarified  that  even  in  the  case  of  a Consortium; the selected Vendor shall have the  single‐point  responsibility/liability  to  ensure  the  fulfilment  of all  obligations  of  the  Vendor  under the contract. 

  21. OWNERSHIP, GRANT AND DELIVERY 

 

The Vendor  shall procure  and  provide  a  non‐exclusive,  non‐transferable,  perpetual  license  to  the  Bank  for  all the  software  to  be  provided  as  a  part  of  this  project.  The  Bank  can  use  the  software  at  any  of  their branches  and  locations  without  restriction  and  use  of  software  by  service providers on behalf of  the Bank would  be  considered  as use  thereof by  the Bank  and  the  software  should be  assignable  /  transferable  to  any successor entity of the Bank. 

The license shall specifically include right: 

A. To  Use.  (i)  to  use  the  executable  code  version  of  the  Software  and  all  Enhancements,  Updates  and  New Versions made available from time to time solely for business operations of the Bank; 

(ii) to use the Program Documentation for purposes of installing or operating the Programs and  supporting the use of the Software by the Bank; (iii) to use the technical Training Materials for  purposes of supporting Users. 

B. To Copy. (i) to copy the Software that operates on server systems to support the maximum  number of Users (ii)  to  make  additional  copies  of  the  Program Material  for  archival,  emergency  back‐up,  testing,  or  disaster recovery purposes; and (iii) to copy the Program Documentation to  support its Users. 

C. To work  as  interface:  (i)  to work with  other  Application  Software  packages  at  the  Bank  as  interface; (ii) to allow other application software packages at the Bank to work as  interfaces to  the  Software.  If  such  interfacing requires  any modification  or  change  to  the  Software,  such modification  or  change  has  to  be  carried  out  by the  Vendor  free  of  any  additional  License  charge or fees or expenses. 

Delivery:  The  Vendor,  at  the  time  of  installation  shall  deliver  to  the  Bank  required  copies  of  the  object  code version of  the  Software  and  the  associated  Program Documentation  including  operation  manual  and  training material.  The  Vendor,  after  customization  shall  deliver  to  the  Bank required copies of the object code version 

Page 17: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

17  

of the customized Software and the associated  Program Documentation  including operation manual and training material.  The Vendor,  after  modifications, updates or new versions shall deliver  to  the Bank required copies of the  revised  object  code  version  of  the  latest  Software  and  the  revised  associated  Program  Documentation including operation manual and training material. The Program Documentation shall consist of  required number of User Manuals  per  branch/service  center/  office  / Data  Center  and Disaster  Recovery Center.  The  program documentation shall be supplied by the Vendor to the Bank both  in  hard  copy  form  except where  hard  copies are  not  available  and  soft  copy  form  (MS  word  format  and HTML  Browser  format).  The  operational manual shall be provided by  the Vendor  under  help  menu  in  the  software  as  dynamic  online  documentation  /  help files,  wherever  applicable.  The  object  code  version  of  the  Software,  executables  and  required  run‐time  files shall be on Compact Disc or on any such media as desired by the Bank as may be applicable. 

D. The  grant  of  license  by  the  vendor  herein  shall  be  for  processing  the  internal  business  of  the  Bank  or  its permitted affiliates and does not, without  limitation,  include  the  rights  to  reverse  engineer,  reverse  compile or otherwise  arrive  at  the  source  code  of  the  Software  nor  does  it  include  the  rights  to  sell,  lease,  license, sublicense or otherwise transfer, convey or alienate the  software for commercial consideration to any person. 

(i) Except as specifically agreed by and between Vendor and Bank, the ownership of all rights,  title  and  interest, including without  limitation,  all  patents,  copy  right,  trade  secrets  and  any  other form of  intellectual property rights  in  and  to  software,  any  derivative works  thereof  and  enhancements  thereto  are  and  shall  at  all  times remain with the vendor or its Licensors and be  the  sole  and  exclusive  property  of  the  vendor  or  its  Licensors. The  Bank  acknowledges  and  agrees that nothing contained in this Agreement shall be construed as conveying by the  vendor  or  its  licensor’s  title  or  ownership  interest  in  any  licensed  software  or  any  derivative  works thereof and enhancements  thereto. Nothing contained herein  shall be construed  to preclude  the  vendor  from owning,  using,  improving,  marketing,  including  without  limitation,  licensing  to  other  persons  any  and  all licensed software. 

E. Rights: The Vendor shall ensure that the equipment (including hardware and software) does  not  infringe  third party  intellectual  property  rights.  If  the  a  third  party's  claim  endangers  or  disrupts  the  Bank  use  of  the software,  the Vendor shall be  required  to, at no  further expense,  charge,  fees or costs  to the Bank,  (i) obtain a license  so  that  the Bank may  continue use of  the  equipment  in  accordance with  the  terms  of  this Agreement and the  license agreement; or (ii)  modify  the  equipment without  affecting  the  functionality  in  any manner  so as  to  avoid  the  infringement;  or  (iii)  replace  the  equipment  with  a  compatible,  functionally  equivalent  and non‐infringing  product;  or  (iv)  refund  to  the  Bank  the  amount  paid  for  the  infringing  software  and  bear  the incremental  costs  of  procuring  a  functionally  equivalent  equipment  from  a  third  party,  provided  the  option under the sub clause  (iv) shall be exercised by the Bank  in the event  of  the  failure  of  the  vendor  to  provide effective  remedy  under  options  (i)  to  (iii)  within  a  reasonable  period which would  not  affect  the  normal functioning of the Bank. The vendor shall  have no liability for any claim of infringement based on (i) a claim which continues because of  Bank failure to use a modified or replaced software that is at least functionally equivalent to the  software, or  the Bank  failure  to use  corrections,  fixes, or enhancements made available and  implemented by  the  vendor,  despite  notice  of  such  failure  by  the  vendor  in  writing,  (ii)  any  change,  not made  by  or  on behalf  of  the  vendor,  to  some  or  all  of  the  software/deliverables  supplied  by  the  vendor  or  modification thereof;  or  (iii)  the  Bank  continued misuse  of  some  or  all  of  the  software/deliverables  or  any  modification thereof despite notice from the vendor of  such misuse in writing. 

 

 22. COMPLIANCE WITH LAWS 

Compliance with all applicable  laws:  The Vendor  shall undertake  to observe,  adhere  to, abide  by,  comply with and notify the Bank about all  laws  in  force or as are or as made applicable  in  future, pertaining to or applicable to  them,  their business,  their  employees or  their  obligations  towards  them  and  all  purposes  of  this  tender and  shall  indemnify,  keep  indemnified,  hold  harmless,  defend  and  protect  the  Bank  and  their employees/officers/staff/  personnel/representatives/agents from any failure or omission on its part to do so and against  all claims or demands of liability and all consequences that may occur or arise for any default or  failure  on its  part  to  conform  or  comply with  the  above  and  all  other  statutory  obligations  arising there from. 

Compliance  in  obtaining  approvals/permissions/licenses:  The Vendor  shall promptly  and  timely  obtain  all  such 

Page 18: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

18  

consents, permissions, approvals,  licenses, etc., as may be necessary or  required for any of the purposes of this project or  for  the conduct of  their own business under  any  applicable  Law, Government  Regulation/Guidelines and  shall  keep  the  same  valid  and  in  force during  the  term of  the project,  and  in  the event of any  failure or omission  to  do  so,  shall  indemnify, keep  indemnified, hold harmless, defend, protect and fully compensate the Bank  and  their  employees/  officers/  staff/  personnel/  representatives/agents  from  and  against  all  claims  or demands  or  liability  and  all  consequences  that may  occur  or  arise  for  any  default  or  failure  on  its  part  to conform  or  comply with  the  above  and  all  other  statutory  obligations  arising  therefrom and the Bank will give notice of any such claim or demand of liability within  reasonable time to the vendor. 

  23. INDEMNITY 

 The bidder shall, at its own cost and expenses, defend and indemnify the bank against all third‐party claims including those  of  the  infringement  of  intellectual  property  rights,  including  patent,  trademark,  copyright,  trade  secret  or industrial design rights, arising from the performance of the contract.  The bidder shall expeditiously meet any such claims and shall have full rights to defend itself therefrom. If the bank is required to pay compensation to a third party resulting from such infringement etc., the bidder will bear all expenses including legal fees.  Bank will give notice to the bidder of any such claim and shall provide reasonable assistance to the Bidder in disposing of the claim.  The bidder  shall also be  liable  to  indemnify  the bank, at  its own cost and expenses, against all  losses/damages, which bank may suffer on account of violation by the bidder of any or all applicable national/  international trade laws. This liability shall not ensue if such losses/ damages are caused due to gross negligence or willful misconduct by the bank or its employees.  Vendor shall be responsible for any loss of life, etc., due to acts of Vendor’s representatives, and  not  just  arising out  of  gross  negligence  or  misconduct,  etc.,  as  such  liabilities  pose  significant  risk. Vendor  should  take  full responsibility for its and its employee’s actions.  The vendors should  indemnify the Bank (including  its employees, directors or representatives)  from and against claims, losses, and liabilities arising from: 

Non‐compliance of the vendor with Laws / Governmental Requirements 

IP infringement 

Negligence and misconduct of the Vendor, its employees, and agents 

Breach of any terms of RFP, Representation or Warranty 

Act or omission in performance of service.  

The vendor shall not indemnify the Bank for 

Any loss of profits, revenue, contracts, or anticipated savings or 

Any  consequential  or  indirect  loss  or  damage  however  caused,  provided  that  the  claims  against customers, users and service providers of the Bank would be considered as a “direct”  claim.  

Page 19: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

19  

 

24. ACCEPTANCE TESTS 

 The selected Bidder in presence of the Bank authorized officials will conduct acceptance test at  the site. The test will involve customization, commissioning and successful operation and  configuration of  the hardware, software, and  other  equipment.  No  additional  charges  shall  be  payable  by  the  Bank  for  carrying  out  these  acceptance tests. All equipment’s will pass  into  the  ownership of the bank only after successful acceptance of the equipment by the bank. 

 

 25. ORDER CANCELLATION 

 The  Bank  reserves  the  right  to  cancel  the  contract  placed  on  the  selected  Bidder  and  recover  expenditure incurred by The Bank under the following circumstances:‐ 

i. The  selected  Bidder  commits  a  breach  of  any  of  the  terms  and  conditions  of  the  bid  and  fails to meet 99% uptime. 

ii. The Bidder goes into liquidation, voluntarily or otherwise. iii. An attachment is levied or continues to be levied for a period of seven days upon effects of  the bid. iv. If the selected Bidder fails to complete  the assignment as per  the  time  lines prescribed  in  the RFP and the 

extension  if any allowed,  it will be a breach of  contract. The Bank  reserves  its  right to cancel the order in the event of delay and forfeit the bid security as liquidated damages  for the delay. 

v. If deductions of account of liquidated damages exceeds more than 10% of the total contract  price. vi. In  case  the  selected  Bidder  fails  to  deliver  the  quantity  as  stipulated  in  the  delivery  schedule,  The  Bank 

reserves  the  right  to  procure  the  same  or  similar  product  from  alternate  sources at  the  risk, cost and responsibility of the selected Bidder. 

vii. The  Bank  reserves  the  right  to  recover  any  dues  payable  by  the  selected  bidder  from  any  amount outstanding  to  the  credit  of  the  selected  Bidder,  including  the  pending  bills  and/or  invoking The Bank guarantee under this contract. 

viii. The Bank reserve  its right to cancel  the order  in  the event of one or more of the  following  situations,  that are not occasioned due to reasons solely and directly attributable to the Bank  alone: 

ix. Delay in customization / implementation / takeover of services beyond the specified  period that is agreed in the contract that will be signed with the successful vendor. 

x. Serious discrepancy  in  the quality of hardware  /  software  expected during the implementation, rollout and subsequent maintenance processes 

 In  case of  cancellation of order,  any payments made by  the Bank  to  the Vendor as  advance would  necessarily have to be returned to the Bank with  interest @15% per annum, further  the Vendor  would also be  required  to compensate  the  Bank  for  any  direct  loss  suffered  by  the  Bank  due  to  the  cancellation  of  the  contract.  The payment made against any delivery of materials will not be considered in this case and the payment made against the service rendered by the vendor will not be considered  in this case.   This is after repaying the original amount paid. 

  

26. CONSEQUENCES OF TERMINATION 

 

In the event of termination of the Contract due to any cause whatsoever, [whether consequent  to the stipulated term of  the  Contract  or otherwise],  The Bank  shall be  entitled  to  impose  any  such obligations  and  conditions and  issue  any  clarifications  as  may  be  necessary  to  ensure  an  efficient  transition  and  effective  business continuity  of  the  Service(s) which  the  Bidder  shall  be  obliged  to  comply with  and  take  all  available  steps  to minimize loss resulting from that  termination/breach, and further allow the next successor Bidder to take over the obligations  of  the  erstwhile  Bidder  in  relation  to  the    either  completion  of  incomplete  work  if  any  & execution/continued  execution of  the scope of  the  Contract. 

In the event that the termination of the Contract is due to the expiry of the term of the Contract,  a decision not to 

Page 20: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

20  

grant any (further) extension by The Bank  , the Bidder herein shall be obliged to  provide  all  such  assistance  to the  next  successor  Bidder  or  any  other  person  as  may  be  required  and  as  The  Bank may  specify  including training,  where  the  successor(s)  is  a  representative/personnel  of  The  Bank  to  enable  the  successor  to adequately  provide  the  Service(s)  hereunder,  even  where  such  assistance  is  required  to  be  rendered  for  a reasonable  period that may extend beyond the term/earlier termination hereof. 

Nothing  herein  shall  restrict  the  right  of  The  Bank  to  invoke  the  Performance  Bank  Guarantee  and  other guarantees,  securities  furnished,  enforce  the  Deed  of  Indemnity  and  pursue  such  other rights and/or remedies that may be available to The Bank under law or otherwise. 

The  termination hereof  shall not affect any accrued  right or  liability of either Party nor  affect  the operation of the provisions of the Contract that are expressly or by  implication  intended to  come into or continue in force on or after such termination. 

 

 27. PUBLICITY 

Any publicity by  the Vendor  in which the name of  the Bank  is to be used should be done only with  the explicit written permission of the Bank.  

  28.  LIQUIDATED DAMAGES 

 

Inability of the Vendor to meet the required agreed services at optimum performance level, timelines as specified would be treated as breach of contract and would invoke the clause of Liquidated damages. The proposed rate of penalty/ liquidated damages would be INR 20,000 per week of delay or non‐compliance, with respect to delay in delivery of the ATM/CRM systems. 

 

Inability  of  the  proposed  solution  to  deliver  the  required  functionality  at  performance  levels  expected  at  the specified  volumes  would  result  in  breach  of  contract  and  would  invoke  the  Liquidated  damages  clause.  The proposed rate of Liquidated damages would be 0.5 % of the value of affected service or product, per week of non‐compliance to the performance  levels, for that particular service or product, subject to an upper  limit of 10% of value  of  affected  service  or  product.  The  liquidated  damages will  be  subject  to  an  overall  cap  of  10%  of  the contract value. Thereafter, the contract may be cancelled and amount paid  if any as advance, will be recovered with 0.75% interest per month. 

 

Any  short  shipment  or  non‐delivery  of  site  hardware  or  its  components  within  the  timelines  will  attract  a liquidated damages of 0.50% per day, for each day of delay, of the value of the hardware. All branch ATM/CRM components should be delivered before 7 days of the branch going live. 

 

Notwithstanding what is mentioned hereinabove or anywhere else in the tender, the maximum amount that may be  levied by way of  liquidated damages  shall on no account exceed 10 % of  the Total Contract  value and  the contract value will be determined at the time of contract finalization. 

 

Page 21: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

21  

 29. CONFIDENTIALITY 

“Confidential Information” means any and all information that is or has been received by the Vendor (“Receiving Party”) from the Bank (“Disclosing Party”) and that: 

a) relates to the Disclosing Party; and 

b) is  designated  by  the  Disclosing  Party  as  being  confidential  or  is  disclosed  in  circumstances where  the Receiving Party would reasonably understand that the disclosed information would be confidential or 

c) Is  prepared  or  performed  by  or  on  behalf  of  the  Disclosing  Party  by  its  employees,  officers,  directors, agents, representatives or consultants. 

Without limiting the generality of the foregoing, Confidential Information shall mean and include any information, data, analysis, compilations, notes, extracts, materials, reports, drawings, designs, specifications, graphs, layouts, plans,  charts,  studies,  memoranda  or  other  documents,  or  materials  relating  to  the  licensed  software,  the modules,  the program documentation,  the  source codes,  the object codes and all enhancements and updates, services,  systems  processes,  ideas,  concepts,  formulas, methods,  know  how,  trade  secrets,  designs,  research, inventions , techniques, processes, algorithms, schematics, testing procedures, software design and architecture, computer  code,  internal  documentation,  design  and  function  specifications,  product  requirements,  problem reports, analysis and performance information, business affairs, projects, technology, finances (including revenue projections,  cost  summaries,  pricing  formula),  clientele,  markets,  marketing  and  sales  programs,  client  and customer  data,  appraisal  mechanisms,  planning  processes  etc.  or  any  existing  or  future  plans,  forecasts  or strategies in respect thereof. 

d) “Confidential Materials”  shall mean  all  tangible materials  containing  Confidential  Information,  including, without limitation, written or printed documents and computer disks or tapes, whether machine or user readable. 

e) Information disclosed pursuant to this clause will be subject to confidentiality for the term of contract plus two years. 

f) Nothing contained  in  this clause  shall  limit vendor  from providing  similar  services  to any  third parties or reusing  the  skills,  know‐how  and  experience  gained  by  the  employees  in  providing  the  services contemplated  under  this  clause,  provided  further  that  the  vendor  shall  at  no  point  use  the  Bank confidential information or Intellectual property. 

The  Receiving  Party  shall,  at  all  times  regard,  preserve,  maintain  and  keep  as  secret  and  confidential  all Confidential Information and Confidential Materials of the Disclosing Party howsoever obtained and agrees that it shall not, without obtaining the written consent of the Disclosing Party: 

Disclose,  transmit, reproduce or make available any such Confidential  Information and materials to any person, firm,  Company  or  any  other  entity  other  than  its  directors,  partners,  advisers,  agents  or  employees,  sub‐contractors  and  contractors who need  to  know  the  same  for  the purposes of maintaining  and  supporting  the Software provided as a part of Core Banking Project. The Receiving Party shall be responsible for ensuring that the usage and confidentiality by its directors, partners, advisers, agents or employees, subcontractors and contractors is in accordance with the terms and conditions and requirements of this RFP; or 

Unless otherwise agreed herein or in the contract, use any such Confidential Information and materials for its own benefit or the benefit of others or do anything prejudicial to the interests of the Disclosing Party or its customers or their projects. 

Upon discovery of any unauthorized disclosure or suspected unauthorized disclosure of Confidential Information, promptly inform the Disclosing Party of such disclosure in writing and immediately return to the Disclosing Party all such Information and materials, in whatsoever form, including any and all copies thereof. 

    

Page 22: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

22  

30. VENDOR’S LAIBILITY 

The Vendors aggregate liability in connection with obligations undertaken as a part of the ATM  Delivery  Channel Project  regardless  of  the  form  or  nature  of  the  action  giving  rise  to  such  liability  (whether  in  contract,  tort or otherwise),  shall be at  actual and  limited  to  the  value of  the contract. The Vendors liability in case of claims against  the Bank resulting  from misconduct or  gross  negligence  of  the  Vendor,  its partners,  its  employees  and subcontractors  or  from  infringement  of  patents,  trademarks,  copyrights  or  such  other  Intellectual  Property Rights or breach of  confidentiality obligations shall be unlimited. 

The Bank  shall not be  held  liable  for  and  is  absolved of  any  responsibility or  claim/litigation  arising out of the use of any third party software or modules supplied by the Vendor as part of  this RFP. If in any case Bank is held liable the vendor should make good the same, including expenses incurred for legal action. 

In no event shall either party be liable for any indirect, incidental or consequential damages or  liability, under or in  connection  with  or  arising  out  of  this  agreement  or  the  hardware  or  the  software  delivered  hereunder, howsoever  such  liability  may  arise,  provided  that  the  claims  against  customers,  users  and  service  providers of  the Bank would be  considered as  a direct  claim. 

  31. GUARANTEES Vendor  should  guarantee  that  the  software  and  allied  components  used  to  service  the Bank  are  licensed  and legal. All hardware and software must be supplied with their original and  complete printed documentation. 

 

 32. FORCE MAJEURE 

 The Vendor  shall not be  liable  for  forfeiture of  its performance  security,  liquidated damages or  termination  for default,  if  any  to  the  extent  that  its delay  in performance or other  failure  to perform  its obligations under  the contract is the result of an event of Force Majeure.  For  purposes  of  this  Clause,  "Force Majeure" means  an  event  explicitly  beyond  the  reasonable  control  of  the Vendor and not  involving the Vendor's fault or negligence and not  foreseeable. Such events may  include, Acts of God or of public enemy, acts of Government of India in their sovereign capacity and acts of war. If a Force Majeure situation arises, the Vendor shall promptly notify the Bank in writing of such conditions and the cause  thereof within  fifteen  calendar  days. Unless  otherwise  directed  by  the  Bank  in writing,  the Vendor  shall continue  to perform Vendors obligations under  the Contract  as  far as  is  reasonably practical,  and  shall  seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event. In such a case the time for performance shall be extended by a period (s) not less than duration of such delay. If the duration of delay continues beyond a period of three months, the Bank and the Vendor shall hold consultations in an endeavor to find a solution to the problem. 

 

Page 23: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

23  

 33. RESOLUTION OF DISPUTES 

 

The  Bank  and  the  supplier  Vendor  shall make  every  effort  to  resolve  amicably,  by  direct  informal  negotiation between the respective project directors of the Bank and the Vendor, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. 

If the Bank project director and Vendor project director are unable to resolve the dispute after thirty days from the commencement of such  informal negotiations,  they shall  immediately refer  the dispute  to  the senior authorized personnel designated by the Vendor and Bank respectively.  If after  thirty days  from  the commencement of such negotiations  between  the  senior  authorized  personnel  designated  by  the  Vendor  and  Bank,  the  Bank  and  the Vendor have been unable  to  resolve  amicably  a  contract dispute, either party may  require  that  the dispute be referred for resolution through formal arbitration. 

All questions, disputes or differences arising under and out of, or in connection with the contract or carrying out of the work whether  during  the  progress  of  the work  or  after  the  completion  and whether  before  or  after  the determination,  abandonment  or  breach  of  the  contract  shall  be  referred  to  arbitration  by  a  sole  Arbitrator: acceptable to both parties OR the number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as  the  chairman of  the proceedings. The  award of  the Arbitrator  shall be  final  and binding on  the parties. The Arbitration  and  Conciliation  Act  1996  or  any  statutory  modification  thereof  shall  apply  to  the  arbitration proceedings and the venue of the arbitration shall be Kolhapur 

If a notice has to be sent to either of the parties following the signing of the contract,  it has to be  in writing and shall be first transmitted by facsimile transmission by postage prepaid registered post with acknowledgement due or  by  a  reputed  courier  service,  in  the manner  as  elected  by  the  Party  giving  such  notice. All  notices  shall  be deemed  to  have  been  validly  given  on  (i)  the  business  date  immediately  after  the  date  of  transmission with confirmed answer back, if transmitted by facsimile transmission, or (ii) the expiry of five days after posting if sent by registered post with A.D., or (iii) the business date of receipt, if sent by courier. 

This RFP document shall be governed and construed in accordance with the laws of India. The courts of Kolhapur alone and no other courts shall be entitled to entertain and try any dispute or matter relating to or arising out of this RFP document. Notwithstanding the above, the Bank shall have the right to  initiate appropriate proceedings before any court of appropriate jurisdiction, should it find it expedient to do so. 

Exit Option and Contract Re‐Negotiation 

The Bank reserves the right to cancel the contract in the event of happening one or more of the following events; but not limited to, 

– Failure of the successful bidder to accept the contract and furnish the Performance Guarantee within 10 days of receipt of purchase order; 

– Delay in offering equipment for pre‐delivery Inspection; 

– Delay in delivery beyond the specified period; 

– Delay in completing installation / implementation and acceptance tests / checks beyond the specified periods; 

– Serious discrepancy in hardware noticed during the pre‐dispatch factory inspection; and 

– Serious discrepancy  in  functionality  to be provided or  the performance  levels  agreed upon, which have  an impact on the functioning of the Bank. 

In addition  to  the cancellation of purchase contract, Bank reserve  the right  to appropriate  the damages  through encashment of Bid Security / Performance Guarantee given by the Vendor. 

Notwithstanding the existence of a dispute, and/or the commencement of arbitration proceedings, the Vendor will be expected to continue the facilities management services. The Bank shall have the sole and absolute discretion to decide whether proper reverse transition mechanism over a period of 6 to 12 months, has been complied with. In the event of the conflict not being resolved, the conflict will be resolved through Arbitration. 

The Bank and the Vendor shall together prepare the Reverse Transition Plan. However, the Bank shall have the sole decision to ascertain whether such Plan has been complied with. 

Reverse  Transition mechanism  would  typically  include  service  and  tasks  that  are  required  to  be  performed  / 

Page 24: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

24  

rendered  by  the  Vendor  to  the  Bank  or  its  designee  to  ensure  smooth  handover  and  transitioning  of  Bank deliverables, maintenance and facility management. 

 

   34. CORRUPT AND FRAUDULANT PRACTICES 

 

As per Central Vigilance Commission (CVC) directives,  it  is required that Bidders / Suppliers / Contractors observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of such contracts in pursuance of this policy: “Corrupt Practice” means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of values to influence the action of an  official  in  the  procurement  process  or  in  contract  execution  AND  “Fraudulent  Practice”  means  a misrepresentation  of  facts  in  order  to  influence  a  procurement  process  or  the  execution  of  contract  to  the detriment of the Bank and includes collusive practice among bidders (prior to or after bid submission) designed to establish bid prices at artificial non‐competitive  levels and  to deprive  the Bank of  the benefits of  free and open  competition.  The  Bank  reserve  the  right  to  reject  a  proposal  for  award  if  it  determines  that  the  bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question. The Bank  reserve  the  right  to declare  a  firm  ineligible,  either  indefinitely or  for  a  stated period of  time,  to be awarded a contract  if at any  time  it determines  that  the  firm has engaged  in  corrupt or  fraudulent practices  in competing for or in executing the contract. 

  35. EVALUATION METHODOLOGY 

 The evaluation will be a three stage process. The stages are: Eligibility Bid evaluation ‐ The bank will evaluate the vendors as per the eligibility criteria mentioned in the relevant section and only those bidders will be eligible for the technical evaluation process Technical Bid evaluation ‐ The Technical Evaluation will be conducted in the T1‐L1 model with weighted evaluation. The Score card would be used for technical Bid evaluation as defined under Annexure 09. The technical qualification cut – off for opening of the commercial bid opening would be 70% (70 marks out of 100). Vendors scoring below the same would not be considered for commercial bid opening. In  the event only one  vendor qualifies  the Bank will have  the  right  to place  the order with  the  single qualified vendor. In the event no vendor technically qualifies (i.e. all are below 70%) then the bank may choose to select the vendor with the highest score. The Bids of  the eligible bidder will be evaluated  in a quantitative manner as per  the technical evaluation criteria mentioned  in  the  relevant  section  and  only  those  bidder who  gain  70% marks will  be  eligible  for  commercial evaluation. The marks gained in the technical evaluation will be given a weight of 70%. Commercial Bid evaluation ‐ The bank will assess the commercial bids for their completeness and once satisfied, the bank will hold a reverse auction for the commercial evaluation. Based upon the prices of the vendors as discovered in the commercial evaluation those prices will be weighted by 30%. The  total of  the technical and commercial scores will used to arrive at  the H‐1  through  the process of Weighted Evaluation 

 a. Computation Weighted Evaluation: This will  be  a  Techno‐commercial  and  accordingly  the  Technical  evaluation will  have  70%  and  the  Commercial evaluation  shall  have  30%  weight  age.  This  weight‐age  shall  be  taken  into  consideration  for  arriving  at  the Successful Bidder. The evaluation methodology vis‐à‐vis the weight‐ages are as under: A score (S) will be calculated for all qualified bidders using the following formula: 

 Minimum Quote X 30              +     Technical Score X 70   

Highest Commercial Quote            Highest Technical Score 

                                                     C  stands  for  nominal price quoted; C  (low)  stands  for  the price  quote of  the  lowest Nominal bid.  T  stands  for 

Page 25: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

25  

technical evaluation score and T (high) stands for the score of the technically highest bidder. X is equal to 0.7. 

   # 

  Bidder 

Technical Evaluation Marks (T) 

Nominal Bid Price  (T/Thigh) 

* 0.70 (Clow/C)* 0.30 

 Score (S) 

(`C`) 

1  ABC  95  71 1.00*   0.70  0.845*  0.30 

0.953 = 0.70  = 0.253 

2  XYZ  85  65 0.894*0.70  0.923*  0.30 

0.901 = 0.6258  = 0.276 

3  UVW  80  60 0.842*0.70  1.00 *0.30 = 

0.889 = 0.589 0.30

 

In the above example, C low  is 60 and T high  is 95. 

In the above example, ABC, with the highest score becomes the successful bidder. Bank reserves the right to negotiate the price with the finally short listed bidder before  awarding the contract. It may be noted that Bank will not entertain any price negotiations with  any other bidder. 

 b. Other Terms and Conditions: The Bank reserves  the right  to extend  the contract beyond  the contract period with mutually agreed  terms and at negotiated cost. In  the event  the bidder has not quoted  for any mandatory or optional  items as  required by  the Bidder and forming a part of the RFP document circulated to the Bidders and responded to by the Bidders, the same will be deemed to be provided by the Bidder at no extra cost to the Bank. 

 

Right  to Alter Quantities – The Bank  reserves  the  right  to alter  the  requirements  specified  in  the Tender. The Bank also reserves the right to delete one or more  items  from the  list of  items specified  in the Tender. The Bank will  inform all Bidders about changes,  if any. The Bidder agrees  that  the Bank has no  limit on the additions or deletions on the  items for the period of the contract. Further the bidder agrees that the prices quoted by the Bidder would be proportionately adjusted with such additions or deletions in quantities. 

 

The  Vendor  is  responsible  for  managing  the  activities  of  its  personnel  or  the  personnel  of  its subcontractors/franchisees and will be accountable  for both. The Vendor  shall be vicariously  liable  for any acts, deeds or things done by their employees, agents, contractors, subcontractors, and their employees and agents, etc. which  is outside the scope of power vested or  instructions  issued by the Bank. Vendor shall be the principal  employer of  the employees,  agents,  contractors,  subcontractors etc. engaged by Vendor  and shall be vicariously  liable for all the acts, deeds or things, whether the same  is within the scope of power or outside the scope of power, vested under the purchase contract to be issued for this Tender.  No right of any employment shall accrue or arise, by virtue of engagement of employees, agents, contractors, subcontractors  etc.  by  the  Vendor,  for  any  assignment  under  the  purchase  contract  to  be  issued  for  this Tender. All  remuneration,  claims, wages, dues etc. of  such employees, agents,  contractors,  subcontractors etc. of Vendor  shall be paid by Vendor alone and  the Bank  shall not have any direct or  indirect  liability or obligation,  to  pay  any  charges,  claims  or  wages  of  any  of  Vendor’s  employee,  agents,  contractors,  and subcontractors,  etc.  The  Vendor  shall  hold  the  Bank,  its  successors,  Assignees  and  Administrators  fully indemnified and harmless against  loss or  liability, claims, actions or proceedings,  if any, that may arise from whatsoever  nature  caused  to  the  Bank  through  the  action  of  its  employees,  agents,  contractors, subcontractors etc. However,  the Vendor would be given an opportunity  to be heard by  the Bank prior  to making of a decision in respect of such loss or damage. 

  

Page 26: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

26  

 Annexure 01: Conformity letter 

Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. ____________________________________________________________________________________________ 

 

Conformity with Hardcopy Letter 

  

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date: _________________    

The Chief Executive Officer 

Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001  

  

Sir,    

  

Sub: End to End ATM solution project    

Further  to our proposal dated _______________,  in  response  to  the Request  for Proposal  (Bank’s  tender No. hereinafter referred to as “RFP”) issued by  Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. (“Bank”) we hereby covenant, warrant and confirm as follows:  

  

The  soft‐copies  of  the  proposal  submitted  by  us  in  response  to  the  RFP  and  the  related  addendums  and  other documents  including  the  changes made  to  the original  tender documents  issued by  the Bank,  conform  to  and are identical with the hard‐copies of aforesaid proposal required to be submitted by us, in all respects.    

  

Yours faithfully,    

  

  

   

Signature    Name   Designation  

Page 27: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

27  

  

Annexure 02: Pre Bid Query Format Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

____________________________________________________________________________________________ 

 Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date: ____________________    

The Chief Executive Officer 

Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001  

  

Sub: Comments on the Terms & Conditions, Services and Facilities provided:    

The pre bid queries should be submitted as per below mentioned format:   

Sr.  

No.  Page #  

Point   /  

Section #  

Clarification point as stated 

in the tender document  Comment/ Suggestion/ Deviation  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7              

8           

9           

  

Yours faithfully,    

Signature    

Name  Designation  Date   

Page 28: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

28  

 

 

Annexure 03: Manufacturer Authorization Form (MAF) Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

____________________________________________________________________________________________ 

  

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date: ____________________    

The Chief Executive Officer 

Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001  

  

  

Sir,    

Sub: End to End ATM / CRM Solution project    

  

We,  _________________________  who  are  established  and  reputable  manufacturers  of _______________________________  having  factories  at  __________________  do  hereby  authorize __________________  to  submit  a  Bid  and  negotiate  and  conclude  a  contract with  you  for  supply  of  equipment manufactured  by  us  against  the  Request  for  Proposal  received  from  your  bank  by  the Vendor  and we  have  duly authorized the Vendor for this purpose.  

  

We  hereby  extend  our  guarantee  and warranty  as  per  terms  and  conditions  of  the  RFP  and  the  contract  for  the equipment and services offered for supply against this RFP by the above‐mentioned Vendor, and hereby undertake to perform the obligations as set out in the RFP in respect of such equipment and services.  

 

We duly authorize the said firm to act on our behalf in fulfilling all installations, Technical support and maintenance obligations required by the contract.   We further certify that, in case the authorized distributor/ system integrator is not able to meet its obligations as per contract during contract period, we, as the OEM, shall perform the said obligations with regard to their items through alternate & acceptable service provider.  

  

Yours faithfully,    

  

  

Signature    

Name  Designation  

Page 29: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

29  

 

 

Annexure 04: Performance Bank Guarantee Kolhapur Central Co‐operative Bank Ltd. 

____________________________________________________________________________________________ 

  

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date: _________________________    

The Chief Executive Officer 

Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. Pin – 416001  

  

  

Sub: Performance Bank guarantee    

Issue Date:        

Dear Sir,    

Guarantee   Amount:   INR   [______________] (Indian Rupees ______________________________________ Only)   

  

WHEREAS:    

A. Reference  is made  to  the Master Contract dated __________ day of  ___________ executed between Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. and ___________________________, for the implementation of ATM Solution project  in Kolhapur District Central Co‐operative Bank  (the “Agreement”);   B. Pursuant  to  the  aforesaid arrangement, ____  is  required  to provide a Performance Bond  in  the  form of  a bank guarantee in the amount of INR [____________________] (Indian Rupees  

__________________________________________________________________________  Only) (the “Guarantee”) to Kolhapur District Central Co‐operative Bank and   C. At the request of the ______, and for valid consideration, we have agreed to provide such a Guarantee.    

  

NOW THEREFORE, we hereby affirm that we, [details of Bank] (the “Bank”), as primary obligors, shall be responsible and liable to Kolhapur District Central Co‐operative Bank , on behalf of ___________, in accordance with the terms of this Guarantee, as follows:     For the period commencing on the date hereof until [____________] (the “Expiry Date”), we hereby irrevocably and unconditionally  undertake  and  bind  ourselves,  our  successors  and  assigns,  to  pay  Kolhapur  District  Central    Co‐operative Bank , upon Kolhapur District Central Co‐operative Bank first written demand, declaring _________ to be in default  under  the  Agreement  and  without  demur,    any  sum  or  sums  up  to  an  aggregate  amount  of  INR [___________________]/‐  (Indian  Rupees  [_____________________________________________]  Only).  Such written claim or demand shall be conclusively binding upon us for all purposes under this Guarantee.  We agree that any changes, modifications, additions or amendments which may be made to the Agreement, or in the work to be performed there under, or in the payments to be made on account thereof, or any extensions of time for the performance or other forbearance on the part of   

 

Page 30: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

30  

________ or Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. to the other or to any other guarantor of the obligations of either of them, shall not in any way release us from our continuing liability hereunder and we expressly waive our rights to receive notice of any such changes, modifications, additions, amendments, extensions or forbearance.      

We further agree that any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deductions for or on account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, deductions or withholdings of any nature whatsoever and by whomsoever imposed.   Notwithstanding anything stated hereinabove, this Guarantee is valid until the Expiry Date after which date the Guarantee will become null and void irrespective of whether or not the Guarantee is returned to us for cancellation. Any claim made under this Guarantee must be in writing and delivered to the bank’s office at [put details of branch] in India on or before one month after the Expiry Date, which is [_______________]. A claim must state the date on which the cause of action arose. A claim will be valid only if the cause of action mentioned in the claim is a date on or before the Expiry Date.    

This Guarantee shall be governed by and interpreted under the laws of India.     

Notwithstanding anything contained hereinabove:    

1. Our liability under this bank guarantee shall not exceed INR _________ (Rupees __________ only).    

2. This bank guarantee shall be valid up to ________.    

3. It  is a condition to our liability for payment of the guaranteed amount or any part thereof arising under this bank 

guarantee that we receive a valid written claim or demand for payment under this bank guarantee on or before one 

month after the expiry date failing which our liability under the bank guarantee will automatically cease  

  

  

Executed at __________________on this ________ day of _________________    

  

Authorized Signatories  

Signature _______________________  

Name of Officers ___________________  (In Block capitals)    

  

Designation of the Officers  Code No. _____________    

Name of the Bank and Branch address  Address of the Controlling Office of the Bank  

Page 31: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

31  

 

 

Annexure 05: Self declaration for Blacklisting Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

____________________________________________________________________________________________  

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 

Date:       

The Chief Executive Officer 

Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur.      Pin – 416001  

 Dear Sir 

 Sub: Self declaration for Black‐list 

   We hereby declare that we  have not been black‐listed by any Co‐operative Bank, Public 

Sector Bank,  RBI, State Government or Central Government body or ministry. 

  

Signature    Name Designation Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: This should be submitted in the bidder’s letter head and signed by the authorized signatory. 

Page 32: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

32  

 

  

Annexure 06: Earnest Money Deposit Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 

Date:        The Chief Executive Officer 

   Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. 

   Pin – 416001 Dear Sir 

 

 Subject: Earnest Money Deposit 

  We,  having our registered office at  (hereinafter  referred   to   as   “the   Bidder”)   have   submitted   its   proposal   and   response   dated        (hereinafter  referred  to  as  “Bid”)  for  the  supply of  all  the  requirements described  in  the Request  for  Proposal along  with  its  amendments/annexures  and  other  ancillary  documents  (hereinafter  referred  to  as  “RFP”)  as issued by Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd, 

1. That  the  BIDDER  is  hereby  submitting  the  security  deposit  of  Rs.  10,00,000/‐(Rupees  Ten  Lakhs)  vide [demand draft  / pay order  /  issued by a  scheduled/Commercial bank] bearing   No.  ______dated         [drawn  on/   issued  by]  _   (Hereinafter  referred  to  as  “Earnest Money Deposit”)  favoring  ‘Kolhapur District Central Co‐operative Bank’ for consideration of the Bid of the above mentioned Bidder. 

 

 

2. The  Bidder  hereby  specifically  acknowledges  and  agrees  that  the  Bidder  has  furnished  his  Bid  on  the understanding and condition that, if the Bidder: 

a) Withdraws its Bid prior to the validity period of the Bid for any reason whatsoever or 

b) Fails  to  accept  and  sign  the  contract  as  specified  in  this  document  for  any  reason  whatsoever; or 

c) Fails  to  provide  the performance  guarantee within 15 days  from  the date of placing  the  order  by Kolhapur District Central Co‐operative Bank or signing of the contract, whichever is earlier,  for any reason whatsoever. 

Kolhapur District Central Co‐operative  Bank  Ltd.  has  the  right  to  forfeit  the  entire  Earnest Money Deposit amount merely  on  the  occurrence  of  one  or more  of  the  foregoing  events  without  demur  or  a  written demand or notice to the Bidder. 

 

 

3. The  Bidder  understands,  agrees  and  acknowledges  that  the  Earnest  Money  Deposit  will  be  refunded  to the  unsuccessful  bidders  only  after  acceptance  of  the  “Letter  of  Intent”  by  the  successful  bidder.  The bidder  also  agrees  and  acknowledges  that  the  Earnest Money  Deposit  shall be returned to  the successful Bidder upon furnishing of Performance Bank Guarantee. 

 

 

Page 33: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

33  

4. The Bidder undertakes that  it will not cancel the Earnest Money Deposit referred to above till  the  Bidder  is returned  the Earnest Money  Deposit  from Kolhapur District Central Co‐operative  Bank  L t d . in  accordance with the foregoing conditions. 

 

 

5. The Bidder represents and  warrants that  the Bidder has obtained all necessary approvals,  permissions and consents and has  full power and authority  to  issue  this Earnest Money Deposit  and perform  its obligations hereunder,  and  the  Bidder  has  taken  all  corporate,  legal  and  other  actions  necessary  or  advisable  to authorize  the  execution,  delivery  and  performance  of  this  Earnest  Money  Deposit.  The  absence  or deficiency  of  authority  or  power  on  the  part  of  the  Bidder  to  issue  this  Earnest Money  Deposit  or  any irregularity  in  exercise  of  such  powers  shall  not affect  the  liability of  the Bidder under this Earnest Money Deposit. 

 

 Yours faithfully, 

 

Signature 

Name:   

Designation:  

Date: 

Page 34: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

34  

   

Annexure 07: Authorization letter format 

Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. ____________________________________________________________________________________________ 

 

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date:     

    The Chief Executive Officer 

   Head Office: 1092, E Ward, Shahupuri, Kolhapur. 

   Pin – 416001 Dear Sir 

 Dear Sir, 

 Sub: Authorization Letter 

 

Ref: You’re RFP No:     This has reference to your above RFP for implementation of ATM solution.  

 

Mr. /Miss/Mrs. _______________________________________ is hereby authorized to sign as authorized signatory for all the documentation on behalf of our organization. The relevant Power of attorney authorizing _______________________ is attached herewith. 

   The specimen signature is attested below:     _________________________________  Specimen Signature of Representative      __________________________________  Signature of Authorizing Authority       _________________________________  

Name of Authorizing Authority

Page 35: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

35  

 

 

Annexure 08: Eligibility Criteria 

Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. ________________________________________________________________________________________  

Ref:IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 

Date: 

 

Sl. No  Eligibility Description  Compliance(Yes / No) 

Comments 

(Reference document ) 

1 Bidder  should  be  in  existence  in  India  for minimum of TWO years as on 31.03.2017 

2 The  bidder  submitting  the  offer  should  be having  a  turnover  of  minimum  Rupees Five Crore &  above per  year during  last  two  years i.e. 2014‐2015 and  2015‐2016.  Copies  of  the last  two  financial  years’  audited  balance sheets  should  be  submitted  along  with  the offer. 

3 Bidder  should have  reported net profit  for  last 

2  financial  years  (2014‐2015 and 2015‐2016). 

4  Bidder  or  its  consortium  partner  should  have prior  experience  in  supply,  configuration  & support  of  network  components  such  as Router,  WAN  links,  UPS  for  at  least  100 branches  of  a  single  bank  in  Maharashtra during last three years. 

Bidder  should  have  ISO9001:2000  certification or current version 

The proposed OEMs for ATM/CRM & UPS should have  its support team permanently deployed  in the district of Kolhapur. 

Page 36: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

36  

Sl. No  Eligibility Description  Compliance(Yes / No) 

Comments 

(Reference document ) 

The  production  unit  /  factory  of  the  brand  of ATM/CRM  being  quoted  should  be  ISO 9001:2000 certified.  If  the production units are outside  India,  it  should  meet  equivalent international standards 

8 As on RFP issue date, bidder should not have been black listed by any Financial  Institutions / Banks in India. An undertaking to this effect must be submitted in their  letter head 

   

9 The Bidder or its consortium should have supplied, installed and managed at least 50 number of ATMs  / CRMs  in  the period of  last three  years  for  at least one Bank in India.  

10 

The proposed OEM should have installed at least 500 ATM/CRM in the state of Maharashtra during the last 3 years 

11 The  bidder  or  consortium  partner  should  be the  Original  Equipment Manufacturer  (OEM) or  their authorized  representative  in  India. An authorization  letter  from  manufacturer to this effect should be furnished. This letter should specify that in case  authorized  representative is  not  able  to  perform  obligations  as  per contract  during  contract period, the Original Equipment Manufacturer would provide the same. 

   

12  The bidder should also have own service team apart from OEM 

 

Page 37: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

37  

 Annexure 09: Technical Scoring Chart 

Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. ___________________________________________________________________________________________  

 RFP No.: IT/Tender/2017‐18/001  Date: 

Annexure 09 ‐ Vendor Scoring chart 

             

Sl. No. 

Description Maximum Score 

Scoring Mechanism  Credentials  

A.  Credential strengths          

1.1 

Has been involved as a Solution Integrator for ATM in a scheduled commercial / Cooperative Bank in India 

10 

4 marks against one credential, 8 marks against 3 credentials, 10 marks against more than 3 credentials 

Written credentials/ Purchase Order along with proof of implementation from reference Banks. 

1.2 The proposed OEM should have installed at least 500 ATM/CRM in India during the last 3 years 

10 

4 marks against 500 installation 8 marks against 1000 installation 10 marks against more 1500 installations 

1.3 

Bidder or its consortium partner should have executed order for at least 100 ATMs/ CRMs in India during last three years for at least one single Bank in India 

10 

4 marks against one credential, 8 marks against 3 credentials, 10 marks against more than 3 credentials 

1.4 

Bidder or it’s consortium partner should have expertise in implementing and facility management of  ATM Call Centre  in a Cooperative Bank in India 

10 5 marks against one credential, 10 marks against more than one credentials 

  Total  40     

         

B.  Technical Compliance 

1.1 

Hardware compliance as per 

Annexure 11: Minimum Technical Specifications  

10       

   Total  10      

             

Page 38: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

38  

C.  Reference / Site visit Evaluation       

             

1.1 Reference ATM / CRM site visit (minimum 2 customers) 

15      

1.2 Reference site visit for ATM call Centre 

10      

1.3 

Solution presentation (Overall project framework including comprehensive approach to the scope of work, resource mobilization, project delivery mechanism, assumptions considered, Project milestones and timeframe) 

25      

   Total  50      

             

   Grand Total   100      

             

Note            

1. The cutoff criteria of the above is 70 marks. 

        

2. This is for vendor’s internal reference. Need not be submitted with Bid.    

3. Vendors need to provide relevant credentials for all of the above points for scoring. 

4. Bank has the right to reassign the vendor provided score in the functional RFP, before scoring. This can be based on the feedback from Technical and Functional Demonstration etc... 

5. The solution as demonstrated will be scored on a pre‐set questionnaire.    

6. The product technical architecture supporting documentation etc., describing the various technical parameters need to be provided. 

7. The proposed FM plan as part of vendor proposal will be evaluated.    

8. The overall proposal implementation methodology, adherence to project plan etc. will be evaluated. 

 

Page 39: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

39  

 Annexure 10: Service Level Agreement 

Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. ___________________________________________________________________________________________  

 

Ref: IT/Tender/2017‐18/001 Dated 17‐May‐2017 Date:  Service Levels 

 This  Schedule  describes  the  service  levels  that  have  been  established  for  the  Services  offered  by  the System  Integrator  to  the  Bank.  The  Bidder  shall  monitor  and  maintain  the  stated  service  levels  to provide quality customer service to bank’s customers. 

  

1. Response may be telephonic or onsite.  

2. The availability metrics for network infrastructure mentioned in this document applies to  all Vendor supported network components. 

 

3. Typical Resolution time will be applicable only if equipment or Infrastructure is down. 

4. Service  Levels  should  be  complied  with  irrespective  of  the  customizations  that  the  applications would 

undergo during the tenor of the Contract. 

5. The penalty calculation for support services will be as follows. 

 

Uptime 

 

Sl no 

Services/ Hardware 

Infrastructure Output 

Calculation  Periodicity  Expected Uptime 

Penalty 

1  ATM  & CRM 

Availability  of individual hardware  for  cash Deposit  & Dispensing  

Availability  in %=  (U – C – D)/ (U – C) Refer  to  the  below definitions  of  the parameters. 

System  Scheduled Uptime (U) 

Scheduled  Downtime (C ) 

Unscheduled Downtime (D) 

Monthly   99%  For each 0.5% drop  in availability, penalty  shall be INR 2,000 

2  UPS  Uptime  of individual  UPS  & its components  

Availability  in %=  (U – C – D)/ (U – C) Refer  to  the  below definitions  of  the parameters. 

System  Scheduled Uptime (U) 

Scheduled  Downtime 

Monthly   99%  For each 0.5% drop  in availability, penalty  shall be INR 1,000 

Page 40: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

40  

Sl no 

Services/ Hardware 

Infrastructure Output 

Calculation  Periodicity  Expected Uptime 

Penalty 

(C )

Unscheduled Downtime (D) 

3  ATM monitoring solution  & EJ  pulling solution 

Availability  of normal services  

Availability  in %=  (U – C – D)/ (U – C) Refer  to  the  below definitions  of  the parameters. 

System  Scheduled Uptime (U) 

Scheduled  Downtime (C ) 

Unscheduled  Downtime (D) 

Monthly  99.5  For each 0.5% drop  in availability, penalty  shall be  INR 10,000. 

4  Network Links at EFT Switch Datacenter & KDCC HO 

Uptime  of individual links  

Availability  in %=  (U – C – D)/ (U – C) Refer  to  the  below definitions  of  the parameters. 

System  Scheduled Uptime (U) 

Scheduled  Downtime (C ) 

Unscheduled Downtime (D) 

Monthly   99 %  For each 0.5% drop  in availability, penalty  shall be INR 2,000 

5  Network Links  at ATM/CRM site 

Uptime  of individual links  

Availability  in %=  (U – C – D)/ (U – C) Refer  to  the  below definitions  of  the parameters. 

System  Scheduled Uptime (U) 

Scheduled  Downtime (C ) 

Unscheduled Downtime (D) 

Monthly   98.5%  For  each  1% drop  in availability, penalty  shall be INR 1,000 

6  Facility Management 

Availability  of resources in shift 

In  case  resources  are not  available  in  shift the total no. of absent shift will be calculated. 

Monthly  ‐  For  each absence double amount  of shift  charges will  be deducted. 

 

 

 

 

 

Page 41: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

41  

Resolution of Incident 

Sl no  Services/ Hardware 

Typical Resolution timeline Penalty 

1  ATM & CRM  An ATM/CRM hardware is not able to perform successful transaction due to hardware/software issue  

Resolution time: 

Semi‐Urban: 2 hours 

Rural: 4 hours 

The  rate  of  penalty  will  be  Rs. 2,000  for  every  1  hour  of downtime post the resolution. 

2  UPS  UPS is not able to perform its operation 

Resolution time: 

Semi‐Urban: 2 hours 

Rural: 4 hours 

The  rate  of  penalty  will  be  Rs. 1,000  for  every  1  hour  of downtime post the resolution. 

3  ATM monitoring solution & EJ pulling solution 

The  solutions  are  not  able  to 

perform  its  operations  due  to  its 

configuration/software/hardware 

problem. 

Resolution time: 60 min 

The  rate  of  penalty  will  be  Rs. 5,000  for  every  1  hour  of downtime post the resolution. 

4  Network  Links  at  EFT Switch Datacenter &  KDCC HO 

The  links  are  down  or  fluctuating 

resulting in link outage 

Resolution time: 60 min 

The  rate  of  penalty  will  be  Rs. 5,000  for  every  1  hour  of downtime post the resolution. 

5  Network Links at ATM/CRM site 

The  links  are  down  or  fluctuating 

resulting in link outage 

Resolution time: 

Semi‐Urban: 2 hours 

Rural: 4 hours 

The  rate  of  penalty  will  be  Rs. 1,000  for  every  2  hour  of downtime post the resolution. 

 For  any  other  product,  networking  or  service,  the  penalty  will  not  exceed  the  value  of  the  product, networking or  service. However,  total of  such penalties shall not exceed 10% of  the overall contract value. Thereafter the contract may be cancelled, and the amount paid if  any, will be recovered with 1.25% interest per month. 

  KDCC shall be  entitled  to deduct the monthly penalty amount from the next payable invoice of the bidder.  

Page 42: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

42  

 

Annexure 11: Minimum Technical Specifications Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

___________________________________________________________________________________________ Cash Recycler Machine (CRM)  Sr. No.  Features  Compliance 

(Yes / No) Vendor Comments 

1  Processor   

1.1  2.5 GHZ Intel Core i5 or higher. 

1.2  4 GB RAM or higher 

1.3  1TG GB HDD / 2 x500 GB IDE/SATA HDD (minimum)  

1.4  On‐board 10/100/1000 Mbps Speed LAN Card (IPV 6 Compliant) 

1.5  DVD Writer – Internal / External 8x and above speed with controller card

1.6  Minimum 3  USB Ports 

1.7  The CRM should be PA‐DSS complied

1.8  OS hardening. CRM  should be adequately hardened and only white  listed necessary  services  should  run  in  the  system.  No malwares  like  Trojans, worms, Viruses etc. should affect the system. 

   

2  Currency Chest  

2.1  UL  291  Certified  Secure  Chest  Level 1  ‐Certificate  of  conformance  to  be enclosed 

2.2  Dual electronics combination lock of 6+6 digits with dual custody.

2.3  Alarm  sensors  for  temperature  status,  vibration  status  and  chest  open status while sending signal/messages to Switch/Management Centre 

2.4  All factory settings, including password for dual combination electronic lock should be changed at the time of handling over the machine and the same should be mentioned  in the  installation Report. This will be a pre‐requisite for release of payment. 

   

3  Card Reader 

3.1  Dip Smart card, Chip card and Magnetic Stripe card  Reader with capability to reading track 1 & 2 i.e. EMV Level 1 and 2 compliance version 4.0 or later as certified 

3.2  Conformance to RUPAY, VISA standards.  

3.3  Conformance to MasterCard standards.

3.4  Dip Card Reader with anti‐skimming device installed and integrated with the card reader of the CDM. Details of the anti‐skimming technology /device to be enclosed. The bank is looking for a comprehensive skimming protection solution which achieves the following:‐  i) Senses unauthorized attachment of any device on the card reader module,  ii) Sends the signal to switch and further to the Remote ATM Management Centre of the vendor  iii) Capable of enabling the switch and/or Remote ATM Management Centre to put the machine Out‐Of‐Service as well as block  the  card  reader  from accepting any more card insertions. 

3.5  CRM must  also  have  biometric  authentication  capability with  finger‐print reader  as  per  Aadhaar  specifications  or  any  other  regulatory  specified database. It will be a default requirement of CDM (Hardware and Software). 

Page 43: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

43  

Sr. No.  Features  Compliance (Yes / No) 

Vendor Comments 

3.6  Contactless Card integration capability

   

4  Customer Interface on CRM 

4.1  Color LCD screen of minimum 15” or higher along with Touch & FDK Screen (Both touch screen and function keys are required) 

4.2  Privacy filter, The CRMs should have privacy screen filter to enable the view of the CRM Screen only to the customer standing in front of the CRM. 

4.3  Rugged, spill proof Triple DES enabled keyboard with polycarbonate tactile /  stainless  steel  recessed  (EPP Pin Pads)  keys. EPP keypads  to be PCI and ADA compliant. 

4.4  Braille  stickers  on  all  devices  as  per  requirement  to  support  visually challenged. 

4.5  Multi  lingual  Screen  support  for  customer  display  apart  from  Hindi  and English which will be provided by bank. 

4.6  Earphone Jack 

   

5  DES chip 

5.1  Triple DES chip with encryption / verification / validation software

5.2  Support  AES  (Advanced  Encryption  Standard)  in  future  without  any additional hardware changes.  

   

6  Receipt Printer 

6.1  40 column Thermal printer  

7  Security 

7.1  Should be TRIPLE DES enabled 

7.2  Keypad with Triple DES Encrypted PIN Pad. Pin Pad must be PCI and ADA compliant 

7.3  CRMs should be equipped with PIN pad shields covering all  three sides  to avoid shoulder surfing or capture by the external camera 

7.4  CRM  should  be  provided  with  Firewall  solution  to  facilitate  blocking  of malicious codes/traffic entering the CRM 

7.5  CRMs should have rear view mirrors covering majority area of the ATM site

7.6  No cash retraction 

   

8  Protocols 

8.1  CRM must support the TCP/IP protocol. 

8.2  Cost of integrating with Bank switch is the responsibility of bidder. Bank will not pay any additional cost  for  interface. Machines should be certified by switch  at  time of  submission. Certification  from  switch  vendor  should be provided at the time of submission. 

9  Remote Status Indicators 

  CRM  should  have  remote  status  indicators  including  but  not  limited  to below mentioned indicators: 

9.1  Low paper 

9.2  Low currency 

9.3  Currency Cassette full 

9.4  Divert bin Full 

9.5  CRM out of service 

9.6  Paper jam in printers 

9.7  Printer fatal  

10  CRM Surveillance / Monitoring Solution 

10.1  One  camera  capturing  face  of  the  customer.  Solution  must  be  able  to capture image of the customer approaching and performing transactions at 

Page 44: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

44  

Sr. No.  Features  Compliance (Yes / No) 

Vendor Comments 

the CRM. The camera should be pilfering proof.

11  Bunch    Note    Accepting  with    capacity  of  200  notes  at  one  time  and accepting  all  denominations  Rs.50,  Rs.100,  Rs.500,    Rs.2000  and  or  new currency as on when introduced by RBI 

12  CRM should have template  for all new variants of Rs.50, Rs.100, Rs.500 & Rs.2000 and or new template without additional cost. 

13  Denomination‐wise sorting of the deposited currency notes

14  4  Recycling  cassettes,  one  acceptance  cassette  (for  genuine  but  non‐re‐issuable notes) and one separate Bin for counterfeit/suspect notes. 

15  Each Cassette should have capability to hold notes of any Denominations. The cassettes  should be configurable on  the machine without any cost  to Bank for 1.Deposit only 2.Dispense only 3. Deposit and Dispense. 4.Recycle 

16  Cassettes capacity of 2500 notes or above

17  CRM should segregate Bank notes according to various categories of Bank Notes i.e.:‐ 1. Real Bank Note 2.Counterfeit Bank Note  3.Suspicious Bank Note 4. No Bank Note 5. Non‐recyclable notes. In  the  above  mentioned  cases,  the  note  should  be accepted/impounded/rejected as per the banks requirement. 

18  Cassettes can be configured in any modes without any additional cost to the bank as: a) Deposit only, b) Dispense only c) Deposit & Dispense d) Recycle. 

19  Storing & passing on image data for later processing

20  All  Cassettes  should  have  recycling  capability  in  all  denominations (50,100,500 & 1000), in case the Bank decides to use CRMs as CRM ’s 

 

ATM  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

1  Model Lobby MODEL CD compatible with any regulated Power Supply (Conventional  UPS  &  Solar  UPS). System should work on 230V 50 Hz supply Single Phase 

     

2  Processor Intel/Atom/Pentium or any other equivalent with Clock speed 1.66 GHz or higher  

     

3  Memory (RAM)  2 GB DDR2 or Higher (Upgradable to 4 GB)        

4  Hard Disk Drive  Minimum 250 GB x 2 SATA HDD       

5 Internal  DVD writer (R/W) 

        

5.1     16x and above speed with controller Card       

Page 45: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

45  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

5.2    The  ATM  must  have  necessary  sensors  to  monitor Temperature  Status,  Vibration  Status,  Chest  open  status  for sending Signal / Messages to Switch 

     

Operating System  & controlling software 

        

6.1    

Windows 7 or above with latest Service Pack.  In case bidder is not able  to provide Windows 7  then, version downgraded  to Windows XP need to be provided. The Bidder should note that windows XP support  is being withdrawn by Microsoft.   Hence the bidder is responsible to enable Windows 7 before expiry of support at no additional cost to the Bank 

     

6.2    Bidder should ensure that on up‐gradation, there should be no disruptions  of  service  and  there  should  not  be  any performance related issues faced 

     

6.3    

If  the  bidder  is  proposing Windows  POS  Ready  2009    then vendor  should ensure  that  there will be no performance and functional  related  issues  and  if  required  the  bidder  will upgrade  the  system with windows  7  at  a  later  date with  no additional cost to the bank 

     

6.4     Compatible with Oasis 1st Switch version 7.5 or Above.       

6.5    VSAT,  Leased  Line,  CDMA,  ISDN  Technology.Reversal Message of Transactions 

     

6.6    Multilingual  Software  for  Customer  display  apart  from Hindi and English. 

     

6.7    Remote  Retrieval  of  Journal  particulars  electronically  (EJ pulling) to any vendor of bank’s choice 

     

6.8    Should  support  checking  transactions for  Hot  Cards,  Warm Cards, Expired Cards, Skimmed Cards, Account type & Service restriction 

     

6.9     Online or Offline mode       

6.10     100 Mbps Ethernet Controller       

6.11    At  least one serial port + one parallel port + minimum 3 USB (USB Port for copying EJ files) with at least 2 on the front side 

     

6.12    Remote  login  facility  for  such  utilities  like  Remote  load  of screens,  to  shutdown  /  start  cash  dispenser  to  make  cash dispenser clear fitness etc. 

     

6.13    

Trace  features  (provide  log  file  for all messages  received and sent by Cash Dispenser. Especially in networked conditions, log should  provide  information  from  where  the  message  is received and to which the message sent on their IP addresses) 

     

6.14    ATM  should  be  preloaded with  XFS/equivalent  software  and should  be  capable  of  running multi‐vendor  software without hardware & operating system changes 

     

7  Currency chest 

The  external  body  should  be  in  steel  conforming  to international  standards  like  UL  –  291  Level  I  &  above  & Certificate  should  be  in  force.  Resistance  to Fire/Water/Temperature. Provision for external Alarm system. 

     

Page 46: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

46  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

8 Currency  chest locking system 

At a minimum, Dual Combination electronic  locks to open the safe  and  audit  trail  without  any  hardware  change.  (Locking Mechanism  to  comply with  Standards  like UL  437  VDS  Class etc.) (Mention Model). 

     

9  Dispenser          

9.1    Mention type of technology. Vacuum/Friction.  

     

9.2     Mode : (Stack and present/bunch)        

9.3     Single bill divert.       

9.4     Can dispense old/new/mixed currency.       

9.5     Delivery speed: not less than 4 per second.       

9.6    Delivery notes  it dispenses at a time. (should not be  less than 40 notes at a time) 

     

9.7     Note retraction facility / feature by CD should be disabled.       

9.8     Capable of diverting non‐CD fit notes       

10 Currency Cassette 

        

10.1     Four Currency Cassettes.       

10.2     Capacity should not be less than 2500 notes per cassette       

10.3     Capable of Dispensing 50, 100, 500, 2000 notes.       

10.4    All cassettes should be capable of dispensing all types of notes. Old/New/Mixed Currency 

     

10.5     Latching facility is required for cassettes       

10.6    Cassette  shall  be  compatible  for  Cassette  Swap implementation. 

     

10.7     One purge Bin. Divert bin with lock and key       

10.8    Should have  sensor  to  send message  low‐cash  supply  to  the switch center. (Low media indication.)  

     

10.9     Audio signal to confirm proper insertion of cassette.       

11  Printers          

11.1     Customer: Thermal Printer / Dot Matrix.       

11.2    Journal  : Thermal / DMP Printer to print audit trail as per the Bank's requirement 

     

11.3     Auto paper cut facility to throw the receipt to the customer       

11.4     Should support Local Language Printing.        

11.5    Printer  rolls  should  have  sensor  to  indicate  low  supply  to switch center. (Low Media Warning.) 

     

11.6     Whether graphic image is supported.       

12  Key Pad          

12.1     16 Keys and above       

Page 47: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

47  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

12.2     Type       

12.3     Privacy in operation of keyboard with key guard       

12.4    ATM  should  have  Pin  Pad  Shield  covering  all  three  sides  to avoid shoulder surfing or capture by the external camera. 

     

12.5     Metallic stainless steel/Polycarbonate PIN Pad       

12.6    ATMs must have PCI compliant Encrypting Pin Pad (EPP) and 3 DES double length keys for protecting the PIN data. 

     

13 Operational Keys 

Eight Keys       

14 Card  reader with EMV /PCI ‐DSS compliant 

        

14.1    Dip Card Reader With media entry  indicator, having capability to read magnetic strip track 1 & 2.  

     

14.2    The  card  reader  should  also  be  ‘EMV’  Version  4  or  later  to handle  VISA  /Master/RuPay  &  any  other  Domestic  & International Debit & Credit cards.  

     

14.3    Hybrid Card reader technology Capable of reading both Smart and Magnetic Card i.e EMV compliant card readers.       

14.4     Anti‐Skimming device        

15  DES Chip          

15.1    Triple DES enabled: 3 DES Chip with encryption and validation software. 

     

15.2    Should hold  all  the  hardware  and  software  to  enable  at  any time. 

     

16 Display monitor 

        

16.1     15” and above touch screen LCD / LED Color Monitor       

16.2    Message  display  in  multilingual  :  Local  language,  Hindi  and English 

     

16.3    Ability to add flash messages on welcome loop screens and all screens as requested by Bank 

     

16.4    CDs to have the Privacy Screen filter to enable the view of the CD screen only to the customer standing in the front of the CD 

     

17 

Support  to physically  / visually challenged  

        

17.1     Suitability for Visually challenged (with audio support).       

17.2    Braille  stickers on all devices as per  requirements  to  support visually challenged 

     

17.3    Suitable  for  wheel  chair  based  operation  for  Physically challenged 

     

18  EDJC  Compatible for remote Electronic Data Capture of Journal       

19  Protocols Should  support  TCP/IP  or  any  other  protocol  introduced  in future. Should support IPv6 also 

     

Page 48: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

48  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

20  CD Cabin ET Should  hold  all  the  hardware  for  making  above  specified activities like processors/Ports/Netware Interface Cards etc 

     

21 CD functionality 

        

21.1    Should be mechanically and electrically capable of functioning 24x365 basis. 

     

21.2    Should  enable  voice  using  software  of  Bank’s  choice  and should support for audio. 

     

22  Power          

22.1    Power  and  telecommunications  cabling  carrying  data  or supporting  ATM  services  should  be  protected  from interception or damage.  

     

22.2    ATM  vendors  should  follow  stringent  guidelines  and  best industry  practices  to  protect  the  systems  from  unauthorized access and wire‐tapping 

     

23 

System hardening  / Terminal security 

        

23.1    All  ATMs  should  be  adequately  hardened.  Only white  listed necessary services should run on the machines 

     

23.2    No  malware  including  viruses,  worms  &  Trojans  enter  the machine and affect the CD and the network 

     

23.3     All ATMs should be PA‐DSS Compliant.       

24 Finger  print reader 

STQC  certified  finger  print  scanner  for  biometric  enabled payment system in the fascia 

     

25 Digital  video surveillance 

        

25.1    The CD shall be properly grouted as defined in scope of work. The Camera shall be pilfer proof. 

     

25.2    The  system  shall  capture  the  image  of  the  cardholder while doing  the  transaction and  the  image  shall have  the clarity  to identify the cardholder 

     

25.3     The system shall be capable of motion activation.       

25.4    The  System  should  be  able  to  store  the  images  in  a  digital format  for  minimum  6  months  at  an  average  of  300 transactions per day. 

     

25.5    The bidder will be  responsible  for maintenance activities  like taking backup and image retrieval 

     

25.6    The backups  should be  taken during preventive maintenance and supervised by the bidder 

     

25.7     The media for backup will be provided by the bank.       

25.8    The system should provide the necessary interface to view the stored images on hard disk or external media. 

     

25.9     The system shall take care of extreme light conditions       

25.10    The system must capture the image and the transactions with time stamp 

     

25.11    The system shall provide  for  locating and  retrieving an  image or event by date and time, card number,  transaction number and CDID. 

     

Page 49: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

49  

Sl. No.  Feature  Specifications Compliance  Yes/No 

Vendor Comments 

25.12     The hardware shall be integrated within the ATM       

25.13    The  solution must not degrade  the performance of ATM e.g. speed of normal transaction 

     

25.14    The image / video data stored on hard disk should be taken as backup during preventive maintenance on media provided by the Bank and handed over to the concerned branch. 

     

25.15     There should not be any loss of data due to space constraint       

25.16    The data backup  is  to be monitored  to ensure  that  there will not be overwriting after the specified minimum period. 

     

25.17    At  no  point  of  time  cameras  should  focus  on  ATM key  pad (mask must  be  implemented  on  the  key  pad  area)  and  the camera images shall have timestamp by default. 

     

26 Biometric  kit for the ATMs 

        

26.1    ATM configuration as above along with  scanner and  thumb  / finger print scanning software.  

     

26.2     ATMs should have functionality required for illiterate persons       

26.3     Trilingual screen support and capable of Voice Guidance.       

26.4    The  ATM  will  be  connected  to  the  Switch.  The  switch  will identify whether transaction is PIN based or Biometric 

     

27 Environmental requirements 

        

27.1     Operating temperature   : 0 to 50 Degree C       

27.2     Storage      : ‐10 to 70 Degrees C       

27.3     Relative Humidity  :  10% to 90% non‐condensing       

28 Rear  view mirrors 

        

28.1    Rear  View  Mirrors  should  allow  ATM users  to  see  what  is happening  behind  him/her  when  they  enter  PIN  to  prevent shoulder surfing.  

     

28.2    All ATMs  should  have  rear mirrors  covering majority  area of the CD site 

     

29.0  Others Implementation  of  directions/  guidelines/  best  practices    of RBI/ Govt/ IBA should be possible 

     

              

30.1  Miscellaneous A Complete  write‐up on  the  Security  features  on  the  Cash Dispensers shall be attached 

     

30.2    Should  be  capable  of  Audio  guidance  in  Ten  languages  (The required .WAV files to be provided by the Bank.) 

     

30.3    The ATM should be capable to support Biometric functions and integrated  with  the  Bank’s  Biometric  solution  without  any additional cost of the Bank. 

     

30.4    The  bidder  shall  provide  required mesh  to  cover  the  holes available in the CD to prevent the dust / insects / rats / lizards entering into the CD / equipment. 

     

30.5    The  ATMs  shall  be  properly  grouted  as  defined  in  scope  of work. 

     

   

Page 50: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

50  

 

UPS 

Sl. No.  Component  Details Compliance Yes / No 

Vendor comments

1  Rating  2 X 3KVA       

2  Technology On‐Line  Double  Conversion  IGBT  based  DSP controlled with Automatic By‐Pass 

     

3  Input System 220/230/240  VAC  Single  Phase,  2  wire  and Ground 

     

4  Input Voltage 160 – 280 VAC at  full  load  , 110‐280V below 50% load 

     

5  Input Frequency  40‐70Hz       

6  Input Power Factor  0.99 to Unity       

7  Output System 220/230/240  VAC  Single  Phase,  2  wire  and Ground (User Selectable) 

     

8 Output  Voltage Regulation 

+/‐ 1%       

9  Output Frequency  50 Hz +/‐0.2 Hz       

10  Output Power Factor  0.9       

11 Voltage  Harmonic Distortion (THD) 

< 3%       

12  Overload Capacity 130% 60sec then on bypass, 150% 10sec then on bypass 

     

13  Output Waveform  Pure Sinewave       

14  Bypass Operating Voltage  80 – 265V       

15  Crest Factor  3:01       

16  Transfer Time  0 ms       

17  Efficiency (AC to AC)  >92%       

18  Battery Type  Sealed Maintenance Free Lead Acid Batteries       

19 External Battery Voltage (DC Volt) 

96V       

20  Battery Test  Programmable Automatic Test       

21  Battery Management Automatic  Backup  time  adjustment  and protection against deep discharge 

     

22  Backup Time  4 Hrs.       

23  Charging Duration  90% of Battery capacity in 4hrs       

24  Cold Start facility Without Main AC UPS can be put on provided batteries are in charged condition 

     

25  Battery Charger Built‐in  solid  state  float‐cum‐boost  charger with  automatic  boost/trickle  charge  modes with current limit features 

     

26 Over  /  Under  Voltage Protection at I/P 

Yes       

27  Transformer  Should have built in isolation transformer       

Page 51: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

51  

Sl. No.  Component  Details Compliance Yes / No 

Vendor comments

28  Short Circuit Protection The UPS  shuts down and will not  transfer  to the bypass mode when short circuit occurs at the output of the UPS 

     

29    After  the  short  circuit  removed  the UPS will operate normally again. At short condition the fault LED will glow as a warning 

     

30    To  the  users.  Protection  through  MCB  and advanced electronic circuitry. 

     

31  Surge Protection  IEC61000 – 4‐5 , Level 4       

32  Indicators / Display User  friendly Mimic panel, Multifunction  LED display  /  LCD Display  for UPS  status, Battery Level, Load Level, Fault Line 

     

33    Inverter, Bypass,  Fault, Battery  /  Load.  Input and  output  voltage,  Input  and  output frequency, Load% and Battery% 

     

34  Audible Alarm Mains  Failure,  Low  Battery,  Load  on  Bypass, Overload and Short Circuit 

     

35  Operating Temperature 0  to  55  deg  C,  with  inbuilt  temperature sensor. 

     

36  Relative Humidity  0 to 95%, non‐condensing       

37  Audible Noise  Less than 40 dBA at 1 mtr distance       

38  Communication Interface RS232  /  USB  port  for  software  interface  , SNMP Compatible 

     

39  Certification  ISO 9001, ISO 14001 & CE Certification       

  

Router‐ Data Center (Saraswat) & KDCC Head office  

Sl no  Specification Compliance (Yes/No)  Vendor Comments 

1 Router should have Minimum  2 x 10/100/1000 GE WAN port + 4 x 10/100 LAN ports with required accessories, cables and licenses       

2 The Router should be capable of Handling at least 15mbps WAN Traffic.       

3  Should be IPv4 and IPv6 enabled from day one       

4 HSRP/VRRP, Static Routes, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGP, BGP4, MBGP, BFD, Policy based routing, IPv4 and IPv6 tunneling enabled from day one       

5 IGMP v1/v2/v3, PIM‐DM, PIM‐SM, Source Specific  Multicast  (SSM) enabled from day one       

6  Class‐based queuing, marking, policing and shaping       

7 Should have provision of network performance monitoring features like delay, latency, jitter, packet loss etc.       

8  Should have SNMPv1, v2 and v3, NTP, FTP/TFTP, SSH, TELNET       

9  Should have AAA using RADIUS or TACACS /TACACS+       

Page 52: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

52  

10  Should have Packet Filtering mechanism using access control lists.       

11  should have DES, 3DES, AES encryption & MD5 authentication       

12 Should have other IP Services like GRE tunneling, Standard ACL/Extended ACL, IPSec VPN, NAT features enabled from day one       

13  Should have secure shell for secure connectivity       

14 Should have console port and an external modem for remote management       

15  Pre‐planned  scheduled  Reboot  Facility, Configuration rollback       

16 Real Time Performance Monitor – service‐level agreement verification probes/alerts       

17  Should be 220V AC powered with 5A power cord bundled       

   

ATM Site Router  

Sl no  Specification Compliance (Yes/No)  Vendor Comments 

1 Router should have Minimum  2 x 10/100 FE WAN/ADSL port + 4 x 10/100 LAN ports + USB slot with required accessories, cables and licenses       

2  The Router should be capable of Handling at least 2mbps WAN Traffic.       

3  Should be IPv4 and IPv6 enabled from day one       

4 Static Routes, RIPv2, Policy based routing, IPv4 and IPv6 tunneling enabled from day one       

5 IGMP v1/v2/v3, PIM‐DM, PIM‐SM, Source Specific  Multicast  (SSM) enabled from day one       

6  Class‐based queuing, marking, policing and shaping       

7 Should have provision of network performance monitoring features like delay, latency, jitter, packet loss etc.       

8  Should have SNMPv1, v2 and v3, NTP, FTP/TFTP, SSH, TELNET       

9  Should have AAA using RADIUS or TACACS /TACACS+       

10  Should have Packet Filtering mechanism using access control lists.       

11  should have DES, 3DES, AES encryption & MD5 authentication       

12 Should have other IP Services like GRE tunneling, Standard ACL/Extended ACL, IPSec VPN, NAT features enabled from day one       

13 Should have console port and an external modem for remote management       

14  Pre‐planned  scheduled  Reboot  Facility, Configuration rollback       

15 Real Time Performance Monitor – service‐level agreement verification probes/alerts       

16  Should be 220V AC powered with 5A power cord bundled      

      

Page 53: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

53  

Annexure 12: Branch Details Kolhapur District Central Co‐operative Bank Ltd. 

___________________________________________________________________________________________   

Sr No.  Branch Name  Taluka  ATM / CRM  Location 

1  Ajra  Ajara  CRM  Semi Urban 

2  Uttur  Ajara  ATM  Rural 

3  Gargoti  Bhudargad  CRM  Semi Urban 

4  Kadgaon  Bhudargad  ATM  Rural 

5  Koor  Bhudargad  ATM  Rural 

6  Kowad  Chadgad  ATM  Rural 

7  Chandgad  Chandgad  CRM  Semi Urban 

8  Turkewadi  Chandgad  ATM  Rural 

9  Gagan Bavada  G.Bavada  ATM  Rural 

10  Salvan  G.Bavada  CRM  Rural 

11  Gadhinglaj  Gadhinglaj  CRM  Semi Urban 

12  Halkarni Gadhinglaj  Gadhinglaj  ATM  Rural 

13  Gadhinglaj M.Y.  Gadhinglaj  ATM  Semi Urban 

14  Nesari  Gadhinglaj  ATM  Rural 

15  Ichalkaranji Main  Hatkanangale  CRM  Urban Center 

16  Pethvadgaon  Hatkanangale  CRM  Semi Urban 

17  Pattankodoli  Hatkanangale  ATM  Semi Urban 

18  Ichal. City  Hatkanangale  ATM  Urban Center 

19  Hupri  Hatkanangale  ATM  Semi Urban 

20  Hatkanangale  Hatkanangale  CRM  Semi Urban 

21  Murgud  Kagal  CRM  Semi Urban 

22  Senapati Kapashi  Kagal  ATM  Rural 

23  Kagal No 1  Kagal  CRM  Semi Urban 

24  Bidri  Kagal  CRM  Rural 

25  Hamidwada  Kagal  ATM  Rural 

26  Parite  Karveer  ATM  Rural 

27  Laxmipuri  Karveer  ATM  Urban Center 

28  Kuditre  Karveer  ATM  Rural 

29  Rajarampuri  Karveer  ATM  Urban Center 

30  Bindu chowk  Karveer  ATM  Urban Center 

31  Z.P.  Karveer  ATM  Urban Center 

32  Gokulshirgaon  Karveer  ATM  Rural 

33  K.Bawada  Karveer  CRM  Urban Center 

34  Main Branch  Karveer  CRM  Urban Center 

35  Warananagar  Panhala  CRM  Semi Urban 

36  K.Kale  Panhala  CRM  Rural 

37  Panahala  Panhala  ATM  Rural 

38  Kotoli  Panhala  CRM  Rural 

39  Bajar Bhogaon  Panhala  ATM  Rural 

40  Padal  Panhala  ATM  Rural 

Page 54: KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO OPERATIVE …kdccbank.com/wp-content/uploads/2017/05/KDCC-Delivery-Channel-ATM...KOLHAPUR DISTRICT CENTRAL CO‐OPERATIVE BANK LTD. INFORMATION TECHNOLOGY

54  

41  Radhanagari  Radhanagri  CRM  Rural 

42  Saravade  Radhanagri  ATM  Rural 

43  Tarle  Radhanagri  ATM  Rural 

44  Rashivade  Radhanagri  ATM  Semi Urban 

45  Shirgaon  Radhanagri  ATM  Rural 

46  Walve  Radhanagri  ATM  Rural 

47  Anaje  Radhanagri  ATM  Rural 

48  Malkapur  Shahuwdi  ATM  Rural 

49  Bambavade  Shahuwdi  CRM  Rural 

50  Sarud  Shahuwdi  ATM  Rural 

51  Jayasingpur  Shirol  CRM  Semi Urban 

52  Kurundwad  Shirol  CRM  Semi Urban 

53  Shirol  Shirol  ATM  Semi Urban 

54  Abdullat  Shirol  ATM  Semi Urban 

55  Dattwad  Shirol  ATM  Rural 

56  Takawade  Shirol  ATM  Rural